Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video...

27
CorrigendumII for KMC Tender for Kolhapur City Video Surveillance Project Page 1 of 27 Kolhapur Municipal Corporation Kolhapur City Video Surveillance System Corrigendum – II (Dt. 13 th July 2015) For ETENDER No. 35 for design, development, implementation, maintenance & training of Kolhapur City Video Surveillance System (A part of the Safe City Kolhapur Project) The Prebid meeting for the Kolhapur City Video Surveillance Project Tender was held on 10 th July 2015. Following are the queries raised by the bidders during the meeting & the respective clarifications issued by Kolhapur Municipal Corporation. The responses/clarifications supersede the respective clauses mentioned in the tender document, other terms/clauses remaining unchanged, please note. City Engineer Kolhapur Municipal Corporation

Transcript of Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video...

Page 1: Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video …kolhapurcorporation.gov.in/pdf/Corrigendum11147.pdf · 2015-07-14 · Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video-SurveillanceProject-Page1-of-27-KolhapurMunicipal)Corporation)

Corrigendum-­‐II  for  KMC  Tender  for  Kolhapur  City  Video  Surveillance  Project  

Page  1  of  27  

Kolhapur  Municipal  Corporation  Kolhapur  City  Video  Surveillance  System  

 

Corrigendum  –  II  (Dt.  13th  July  2015)  For  E-­‐TENDER  No.  35  for  design,  development,  implementation,  maintenance  &  training  of  Kolhapur  City  

Video  Surveillance  System  (A  part  of  the  Safe  City  Kolhapur  Project)            

The  Pre-­‐bid  meeting  for  the  Kolhapur  City  Video  Surveillance  Project  Tender  was  held  on  10th  July  2015.  Following  are  the  queries  raised  by  the  bidders  during  the  meeting  &  the  respective  clarifications  issued  by  Kolhapur  Municipal  Corporation.      The   responses/clarifications   supersede   the   respective   clauses  mentioned   in   the   tender  document,   other   terms/clauses   remaining  unchanged,  please  note.        City  Engineer  Kolhapur  Municipal  Corporation      

Page 2: Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video …kolhapurcorporation.gov.in/pdf/Corrigendum11147.pdf · 2015-07-14 · Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video-SurveillanceProject-Page1-of-27-KolhapurMunicipal)Corporation)

Corrigendum-­‐II  for  KMC  Tender  for  Kolhapur  City  Video  Surveillance  Project  

Page  2  of  27  

Bidder  Queries  &  KMC  Responses    

Q'ry  No.  

Bidder  Name  

Section  No.   Query   KMC  Response  

1   2020  Imaging  

    In  Intelligent  Video  Analytics  (IVA),  Face  Capturing  is  mentioned.  Please  elaborate  the  actual  requirement.  Is  Face  Recognition  Analytics  required??  

Face  Recognition  is  not  required.  

2   2020  Imaging  

    Similarly  please  elaborate  the  requirement  for  Number  Plate  Capturing/Recognition.  

The  VA  should  be  able  to  capture  the  number  plate  of  a  vehicle.  

3   2020  Imaging  

    The  clause  “Abnormal  activities  should  be  identified  and  indicated  by  the  system”  is  applicable  only  for  the  Intelligent  Video  Analytics  (IVA)  or  how??  

Yes,  It  is  a  IVA  feature.  

4   2020  Imaging  

    In  Solution  Overview  it  is  stated  as  “After  commissioning  the  city  surveillance  &  VTS,  the  same  shall  be  demonstrated  to  relevant  user  department”  However  in  the  BOQ  the  required  VTS  components  are  not  included.  

VTS  devices  are  not  currently  in  the  scope.  However,  the  PSIM  shall  have  capability  to  integrate  with  any  third-­‐party  VTS  application.  

5   2020  Imaging  

    In  System  Overview,  Video  Monitors  are  mentioned  as  8  Nos.  (Matrix  of  4x2),  however  in  the  BOQ  12  Video  Monitors  are  mentioned.  Please  confirm  the  actual  quantity  to  be  considered.  

The  quantity  of  video  monitors  shall  be  read  as  12  No.  

6   2020  Imaging  

    Is  it  ok,  if  Desktop  PC  considered  instead  of  Decoders  to  interface  these  Video  Monitors?  

It  is  acceptable.  However,  the  additional  cost  shall  be  borne  by  the  bidders.  

7   2020  Imaging  

    The  Zooming  of  PTZ  Camera  on  interesting  event  without  manual  intervention  is  not  practical,  is  it  essential  to  have  the  following  feature?    

Tender  terms  shall  prevail.  

8   2020  Imaging  

    In  the  BOQ,  only  PSIM  Server  and  Servers  &  Storage  System,  1  No.  each  is  mentioned.  Can  we  offer  Multiple  Servers  based  on  overall  system  requirement??  

The  BoQ  mentions  Servers  &  Storage  System.  The  bidders  will  have  to  propose  no.  of  servers  &  storage  required  to  support  his  proposed  solution.  The  PSIM,  VMS  &  VA  OEM  will  have  to  provide  a  Solution  Assurance  Certificate  assuring  the  workability  of  the  solution.  

9   2020  Imaging  

POC  parameters  

Kindly  define  the  POC  parameters.   The  purpose/objective  of  the  POC  shall  be  to  determine  that  the  solution  proposed  by  the  bidder  meets  the  overall  functional  &  technical  requirement  of  the  project.  

10   2020  Imaging  

completion  period  

Kindly  extend  the  project  completion  period  to  6  months.   The  Project  Completion  Period  shall  be  considered  as  6-­‐months.  

11   2020  Imaging  

Extension   Please  extend  the  submission  deadline  by  at  least  2-­‐weeks.   Tender  terms  shall  prevail.  

12   Allied  Telesis  

    We  sincerely  request  to  the  Department’s  Committee  member,  based  on  the  above  points  to  kindly  enable  technologically  able  vendors  with  proven  track  record  like  Allied  Telesis  also  to  be  able  to  participate  through  some  of  the  very  respectable  front  end  bidders  in  Kolhapur  City  Surveillance  RFP  

Kindly  refer  to  Annexure-­‐I  to  this  Corrigendum  for  a  list  of  approved  makes.  

13   Allied  Telesys  

    Kindly  include  Allied  Telesis  as  the  approved  make.   Kindly  refer  to  Annexure-­‐I  to  this  Corrigendum  for  a  list  of  approved  makes.  

14   Arecont  Vision  

3-­‐22mm   Kindly  modify  the  lens  requirement  to  3-­‐12mm.   9-­‐22  mm  or  better  lens  shall  be  acceptable.  

15   Arecont  Vision  

Steaming  –  per  camera  

The  multi-­‐streaming  mentioned  in  the  panoramic  camera  is  for  the  camera  or  for  each  sensor?  

Multi-­‐streaming  feature  for  all  types  of  cameras  is  required.  

16   Arecont  Vision  

5.1  Fixed  Outdoor  Camera  

We  propose  to  supply  a  Motorized  Zoom  and  Focus  Lens  to  remotely  set/modify/change  the  Field  of  View,  with  lens  of  3mm  -­‐  9mm  as  we  are  confident  it  adds  value  to  the  proposed  application  function.  

Please  refer  to  Query  No.  14  in  this  regard.  

17   Avigilon       Request  please  include  Avigilon  as  one  of  the  approved  makes  for  CCTV  System.  

Kindly  refer  to  Annexure-­‐I  to  this  Corrigendum  for  a  list  of  approved  makes.  

Page 3: Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video …kolhapurcorporation.gov.in/pdf/Corrigendum11147.pdf · 2015-07-14 · Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video-SurveillanceProject-Page1-of-27-KolhapurMunicipal)Corporation)

Corrigendum-­‐II  for  KMC  Tender  for  Kolhapur  City  Video  Surveillance  Project  

Page  3  of  27  

18   Axis   MAF  clauses   The  MAF  requires  the  OEMs  to  guarantee  support  at  no  extra  cost  in  case  the  vendor  fails  to  provide  the  service.  The  OEMs  can  guarantee  this  kind  of  a  support  only  with  certain  conditions  attached  to  it.  Kindly  allow  the  same.  

The  OEMs  can  mention  their  own  conditions  for  extending  such  support.  

19   Axis       we  would  request  you  to  kindly  include  our  name  in  the  approved  make  list.  Please  find  below  list  of  references  wherein  we  have  deployed  the  system  in  similar  environment  in  India.Nanded  city  surveillance.Junagadh  city  surveillance.  

Kindly  refer  to  Annexure-­‐I  to  this  Corrigendum  for  a  list  of  approved  makes.  

20   Bluestar   BG  to  be  allowed  

Kindly  allow  EMD  to  be  submitted  in  the  form  of  Bank  Guarantee.  

Tender  terms  shall  prevail.  

21   Bluestar   Payment  Terms  –  

Kindly  modify  payment  terms  to  70%  against  Material  delivery;  20%  against  installation  &  10%  against  commissioning.  

The  payment  Terms  shall  be  read  as  55%  against  Material  Delivery  &  15%  against  Installation  &  30%  Commissioning  &  UAT  (Project  Completion).  

22   Bosch   Fish  eye   Can  we  propose  a  fish-­‐eye  camera  as  a  panoramic  camera?   Tender  terms  shall  prevail.  

23   Bosch   panoramic  –  fixed  

Can  we  propose  multiple  fixed  cameras  in  place  of  a  panoramic  camera?  

Bidders  can  propose  multiple  fixed  cameras  to  meet  the  180Deg  view  requirement  at  the  stated  functional  requirement.  However,  any  additional  investment.  E.g.,  networking  ports/components,  additional  licenses  etc  shall  be  borne  by  the  bidders.  

24   Bosch       Request  to  approve  Bosch  as  an  approved  make   Kindly  refer  to  Annexure-­‐I  to  this  Corrigendum  for  a  list  of  approved  makes.  

25   Comnet       We  would  be  happy  to  associate  with  you  in  this  project  and  request  you  to  consider  ComNet  as  one  of  the  acceptable  brand,  in  this  edge  (Field)  devices  supplier  category.  

Kindly  refer  to  Annexure-­‐I  to  this  Corrigendum  for  a  list  of  approved  makes.  

26   CP  Plus       Request  to  include  CPPlus  as  the  approved  make.   Kindly  refer  to  Annexure-­‐I  to  this  Corrigendum  for  a  list  of  approved  makes.  

27   D-­‐Link       We  would  request  you  to  approve  D-­‐link  &  Moxa  in  approved  Make  list  in  Kolhapur  CCTV  Surveillance  Project.  

Kindly  refer  to  Annexure-­‐I  to  this  Corrigendum  for  a  list  of  approved  makes.  

28   Daccess     Request  you  to  share  the  coordinates  of  each  edge  location.  

Kindly  refer  to  Annexure-­‐IV  to  this  Corrigendum.  

29   Daccess   4.5.vii   Request  you  to  kindly  amend  the  language  CE/FCC,  uL  so  that  only  reputed  open  standard  brands  can  qualify.  

Tender  terms  shall  prevail.  

30   Daccess     Request  you  to  kindly  exclude  the  Marathi  language  support  feature  during  POC.  

Please  refer  to  Query  no.  85  in  this  regard.  

31   Daccess     We  understand  that  the  bidder  is  only  responsible  of  initial  provisioning  of  electricity  connection  &  KMC  shall  bear  the  recurring  cost  of  electricity  for  the  period  of  5  years.  Please  confirm.  

Electricity  is  excluded  from  the  bidders  scope.  

32   Daccess   4.20.2.8   “KMC  reserves  the  right  to  make  changes  in  the  quantities  of  the  material  sought  OR  to  procure  the  goods  in  deferred  stages  OR  to  cancel  the  purchase  of  any  of  the  items  specified  in  this  Tender  Document  OR  to  divide  the  order  to  more  than  one  vendor.”  This  statement  is  demotivating.  Please  amend.  

Tender  terms  shall  prevail.  

33   Daccess   5.4  Sound  Detection  

As  per  our  understanding  no  hardware  is  asked  to  capture  &  classify  sounds  in  city  environment.  Request  you  to  kindly  explain.  

The  software  should  have  the  capability  in  this  regard.  

34   Daccess   5.4  Audible  Siren  

As  per  our  understanding  no  hardware  is  asked  to  capture  &  classify  sounds  in  city  environment.  Request  you  to  kindly  explain.  

The  software  should  have  the  capability  in  this  regard.  

Page 4: Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video …kolhapurcorporation.gov.in/pdf/Corrigendum11147.pdf · 2015-07-14 · Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video-SurveillanceProject-Page1-of-27-KolhapurMunicipal)Corporation)

Corrigendum-­‐II  for  KMC  Tender  for  Kolhapur  City  Video  Surveillance  Project  

Page  4  of  27  

35   Daccess   5.4  Object  Speed  

Requirement  of  Object  Speed  Detection  is  not  clear.  Kindly  explain  &  clarify  the  objective  &  expected  solution.  

Object  Speed/Size  shall  be  used  for  filtering  the  vehicle  movement-­‐related  alarms.  

36   Emnet     Is  overhead  cable  allowed   Please  refer  to  Query  no.  67  in  this  regard.  

37   Emnet     Project  Development  cost.  Please  elaborate.   Please  refer  to  Query  no.  62  in  this  regard.  

38   Emnet     Cameras  -­‐  Request  you  to  give  good  options,  at  least  7-­‐8  as  you  assured  in  pre-­‐bid  meeting.  

Kindly  refer  to  Annexure-­‐I  to  this  Corrigendum  for  a  list  of  approved  makes.  

39   Emnet     VMS  Approved  Makes  –  Give  more  options.   Kindly  refer  to  Annexure-­‐I  to  this  Corrigendum  for  a  list  of  approved  makes.  

40   Emnet     SOP  in  Marathi  –  may  not  be  possible  during  POC.   Please  refer  to  Query  no.  85  in  this  regard.  

41   Emnet     Kindly  extend  the  submission  date  to  30th  July.   Tender  terms  shall  prevail.  

42   Honeywell   PBG  –  10%   The  payment  conditions  mention  release  of  10%  payment  against  the  defect  liability  period.  Also,  the  bidders  are  required  to  keep  a  PBG  of  10%.  Kindly  modify  the  condition  to  allow  release  of  the  final  10%  payment  against  submission  of  the  performance  bank  guarantee.  

Please  refer  to  Query  No.  21  in  this  regard.  

43   Honeywell   Server  high  end  

Can  the  bidders  propose  the  servers  that  are  meeting  their  solutions'  requirement?  Or  only  the  compliant  specifications  are  to  be  proposed?  

Bidders  can  propose  the  no.  of  servers  &  its  configuration  that  is  required  to  support  the  proposed  solution.  However,  the  PSIM,  VMS  &  VAS  OEMs  are  required  to  provide  a  Solution  Assurance  Certificate  mentioning  the  specifications  &  assuring  the  workability  of  the  solution.  

44   Honeywell   field  UPS  –  line  interactive  

The  tender  asks  the  field  UPS  to  be  line  interactive.  Can  we  propose  a  offline  UPS?  

Tender  terms  shall  prevail.  

45   Honeywell   AMC  –  16  installations  

The  tender  mentions  that  the  AMC  charges  shall  be  paid  in  20  quarterly  installments.  It  should  be  16  installments.  

Section  4.9  reads  "•  All  types  of  recurring  expenditure  including  the  network  charges  (but  excluding  the  AMC  charges)  shall  be  combined  and  divided  into  20  quarterly  installments  and  paid  to  the  bidder  at  the  end  of  every  quarter.".    

46   Honeywell   30  mins  @  full  load  

What  is  the  back-­‐up  time  requirement  for  the  field  UPS?   30  Mins  at  full  load.  

47   Honeywell   usable  height  of  pole  

What  is  the  usable  height  of  the  pole.   The  usable  height  of  the  pole  shall  be  3  meters  or  as  reqd.  

48   Huawei       We  Huawei  India,  Keen  to  be  Participate  as  OEM  for  Server,  Storage,  IP  Surveillance  and  Network  Infrastructure  (Switches,  Router  Wireless)  for  Kolhapur  Safe  City  Project..  We  also  take  this  opportunity  to  highlight  the  fact  that  over  the  years  we  have  earned  the  trust  &  confidence  of  customers  and  partners  due  to  the  leading  edge  tech  products/solutions  we  offer,  which  have  withstood  the  test  of  reliability,  scalability,  security  &  operational  efficiency,  thus  helping  our  customers  optimize  their  ROI,  reduce  the  TCO,  and  grow  their  businesses.  

Kindly  refer  to  Annexure-­‐I  to  this  Corrigendum  for  a  list  of  approved  makes.  

Page 5: Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video …kolhapurcorporation.gov.in/pdf/Corrigendum11147.pdf · 2015-07-14 · Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video-SurveillanceProject-Page1-of-27-KolhapurMunicipal)Corporation)

Corrigendum-­‐II  for  KMC  Tender  for  Kolhapur  City  Video  Surveillance  Project  

Page  5  of  27  

49   I2V       Regarding  inclusion  of  i2V's  name  in  the  approved  make  list  for  "Design,  development,  implementation,  maintenance  &  training  of  Kolhapur  City  Video  Surveillance  System  (A  part  of  the  Safe  City  Kolhapur  Project)".  We  request  you  to  please  add  i2V  name  in  the  approved  make  list  of  "Video  Management  and  Video  Analytics  Software"  category.  

Kindly  refer  to  Annexure-­‐I  to  this  Corrigendum  for  a  list  of  approved  makes.  

50   Infinova   Fixed  Box  Camera  Lens  

3-­‐22mm:  Request  you  to  consider  9-­‐22  mm  for  Fix  Box  Camera  as  this  lens  is  commonly  available  with  most  of  OEM  

Please  refer  to  Query  No.  14  in  this  regard.  

51   Infinova   General     Approval  of  Infinova  brand  under  CCTV  Cameras  and  VMS:  Kindly  request  you  to  approve  Infinova  in  Cameras  &  VMS,  Infinova  Cameras  has  been  supplied  in  Mumbai  City  Project  (  6000  Cameras)  ,  Gujarat  City  Project  for  Ahmedabad,  Gandhi  Nagar  and  Baroda(265  Cameras)  Bhopal  City  Project(90  Cameras)  Kumbh  Mela(  85  Cameras)  

Kindly  refer  to  Annexure-­‐I  to  this  Corrigendum  for  a  list  of  approved  makes.  

52   Infinova   Storage   Are  the  bidders  required  to  calculate  &  propose  their  own  storage  requirement?  

Yes.  The  bidders  are  required  to  propose  the  storage  requirement  calculated  as  per  the  parameters  mentioned  in  the  tender  document.  However,  the  Camera  OEM  is  required  to  vet  the  rationale  for  arriving  at  the  storage  as  well  as  the  bandwidth  requirement.  

53   Infinova       Kindly  approve  Infinova  as  an  approved  make.   Kindly  refer  to  Annexure-­‐I  to  this  Corrigendum  for  a  list  of  approved  makes.  

54   Infinova   Fixed  Box  Camera  Video  streaming  

Multi-­‐streaming  (Minimum  3  No.  User-­‐defined  &  configurable  -­‐  different  frame  rate,  bit  rate,  resolution,  quality,  and  compression  format)  support:  Request  you  to  consider  Minimum  2  Streams.  In  Most  of  City  Project  2  Streams  are  asked  and  it  is  working  satisfactorily.  

Tender  terms  shall  prevail.  

55   Infinova   PTZ  Camera  Video  Streaming  

Multi-­‐streaming  (Minimum  3  No.  User-­‐defined  &  configurable  -­‐  different  frame  rate,  bit  rate,  resolution,  quality,  and  compression  format)  support:  Request  you  to  consider  Minimum  2  Streams.  In  Most  of  City  Project  2  Streams  are  asked  and  it  is  working  satisfactorily.  

Tender  terms  shall  prevail.  

56   Infinova   Panoramic  Camera  

Multi-­‐streaming  (Minimum  3  No.  User-­‐defined  &  configurable  -­‐  different  frame  rate,  bit  rate,  resolution,  quality,  and  compression  format)  support:  Request  you  to  consider  Minimum  2  Streams.  In  Most  of  City  Project  2  Streams  are  asked  and  it  is  working  satisfactorily.  

Tender  terms  shall  prevail.  

57   Infinova   2  streams  &  1  stream  

The  camera  specifications  in  the  tender  requires  multi-­‐streaming  with  minimum  3  streams.  Can  we  propose  cameras  with  max.  2  streams  support?  

Tender  terms  shall  prevail.  

58   Jay  Electronics  

    HEREWITH  REQUEST  FOR  INTRODUCTION  OF  OUR  BRANDS  DAHUA  and  CP  PLUS  FOR  THE  SAME  TENDER.  

Kindly  refer  to  Annexure-­‐I  to  this  Corrigendum  for  a  list  of  approved  makes.  

59   Keltron     Request  you  to  share  the  coordinates  of  each  edge  location.  

Kindly  refer  to  Annexure-­‐IV  to  this  Corrigendum.  

60   Keltron   4.5.vii   Request  you  to  kindly  amend  the  language  CE/FCC,  uL  so  that  only  reputed  open  standard  brands  can  qualify.  

Tender  terms  shall  prevail.  

61   Keltron     Request  you  to  kindly  exclude  the  Marathi  language  support  feature  during  POC.  

Please  refer  to  Query  no.  85  in  this  regard.  

62   Keltron     We  understand  that  the  bidder  is  only  responsible  of  initial  provisioning  of  electricity  connection  &  KMC  shall  bear  the  recurring  cost  of  electricity  for  the  period  of  5  years.  Please  confirm.  

Electricity  is  excluded  from  the  bidders  scope.  

Page 6: Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video …kolhapurcorporation.gov.in/pdf/Corrigendum11147.pdf · 2015-07-14 · Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video-SurveillanceProject-Page1-of-27-KolhapurMunicipal)Corporation)

Corrigendum-­‐II  for  KMC  Tender  for  Kolhapur  City  Video  Surveillance  Project  

Page  6  of  27  

63   Keltron   4.20.2.8   “KMC  reserves  the  right  to  make  changes  in  the  quantities  of  the  material  sought  OR  to  procure  the  goods  in  deferred  stages  OR  to  cancel  the  purchase  of  any  of  the  items  specified  in  this  Tender  Document  OR  to  divide  the  order  to  more  than  one  vendor.”  This  statement  is  demotivating.  Please  amend.  

Tender  terms  shall  prevail.  

64   Keltron   5.4  Sound  Detection  

As  per  our  understanding  no  hardware  is  asked  to  capture  &  classify  sounds  in  city  environment.  Request  you  to  kindly  explain.  

The  software  should  have  the  capability  in  this  regard.  

65   Keltron   5.4  Audible  Siren  

As  per  our  understanding  no  hardware  is  asked  to  capture  &  classify  sounds  in  city  environment.  Request  you  to  kindly  explain.  

The  software  should  have  the  capability  in  this  regard.  

66   Keltron   5.4  Object  Speed  

Requirement  of  Object  Speed  Detection  is  not  clear.  Kindly  explain  &  clarify  the  objective  &  expected  solution  

Object  Speed/Size  shall  be  used  for  filtering  the  vehicle  movement-­‐related  alarms.  

67   Krystal   4.9  Payment  terms  

50%  against  material  delivery,  20%  against  installation,20%  against  commissioning  &  UAT  &  10%  after  successfulcompletion  of  the  Defect  Liability  Period.:  As  per  clause  4.10  of  RFP,  10  %  of  the  PurchaseOrder  /  Contract  value,  valid  for  18  months  isasked,  we  will  request  authority  to  modify  thepayment  terms  to  50%  amount  against  materialdelivery,  25%  against  installation,  25%  againstcommissioning  and  UAT.  

Please  refer  to  Query  No.  21  in  this  regard.  

68   Krystal   3.1.5  Eligibility  Criteria  

The  bidder  should  have  executed  at  least  one  city  /  campus  surveillance  project  in  India  of  value  more  than  5  crores  in  last  3  years.:  We  request  the  Authority  to  also  consider  the  ongoing  city  surveillance  project  fulfilling  the  asked  conditions.  The  partial  project  completion  certificate  from  the  competent  authorities  in  this  effect  should  be  considered.  

Tender  terms  shall  prevail.  

69   Krystal   4.1  Solution  overview  

The  outdoor  cameras  should  be  housed  in  IP66/NEMA4  casing.  All  housing  shall  be  of  same  make  as  that  of  the  camera.:  Usually  camera  housing  coming  in  box  from  OEM  doesn't  always  suite  the  site  conditions  (Wall  mounting  /  square  pole  /  round  pole  etc.),  SI  should  be  allowed  to  provide  the  housing  /  mounting  from  any  sources  ensuring  the  IP66  /  NEMA4  comply.  

Third-­‐party  accessories  are  acceptable  subject  to  it  meeting  all  the  conditions.  

70   Krystal   4.8  Scope  of  works  -­‐  Inclusions  &  exclusions  

Works  Excluded:  provision  of  electricity,  right  of  way  /  use  charges:  Please  clarify  the  arrangement  for  the  same,  also  clarify  the  if  the  electricity  back-­‐up  arrangement  in  place  and  its  nature.  

The  solution  requires  the  bidders  to  provide  a  UPS  at  the  Command  &  Control  Center.  

71   L&T   4.3  General  Specifications  6.3  Annexure  –  III  -­‐  BOQ  

4.3.19  Features  of  Video  Analytics  Software(VAS)  6.3  Annexure  –  III  -­‐  BOQ:  We  are  not  finding  the  Video  analytic  requirement  in  BOQ  .  Pls  clarify  the  Video  analytic  software  scope  and  Please  confirm  the  Video  Analytic    functionality  is  required  on  all  the  cameras  

The  Video  Analytics  Software  is  a  part  of  the  VMS  solution.  The  no.  of  cameras  on  which  analytics  may  be  required  is  limited  to  20  No.  as  per  Section  2.3.1  

72   L&T   4.3.19  Features  of  Video  Analytics  Software(VAS)  

4.3.19  Features  of  Video  Analytics  Software(VAS)  6.3  Annexure  –  III  -­‐  BOQ:  Pls  clarify  the  Video  analytic  software  scope  and  Please  confirm  the  Video  Analytic    functionality  is  required  the  automatic  vehicle  tracking  feature.  

The  Video  Analytics  Software  is  a  part  of  the  VMS  solution.  Yes,  ANPR  capability  is  required.  

Page 7: Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video …kolhapurcorporation.gov.in/pdf/Corrigendum11147.pdf · 2015-07-14 · Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video-SurveillanceProject-Page1-of-27-KolhapurMunicipal)Corporation)

Corrigendum-­‐II  for  KMC  Tender  for  Kolhapur  City  Video  Surveillance  Project  

Page  7  of  27  

73   L&T   4.20.2  Proposal  Evaluation  Process  

9.  As  a  part  of  the  technical  evaluation  process,  the  bidders  shall  be  required  to  demonstrate  their  solution  by  carrying  out  a  Proof  of  Concept  (POC)  at  their  own  costs  at  a  location  specified  by  KMC  in  Kolhapur  City.  The  purpose/objective  of  the  POC  shall  be  to  determine  that  the  solution  proposed  by  the  bidder  meets  the  overall  functional  &  technical  requirement  of  the  project.  A  notice  of  7  days  shall  be  provided  for  this  purpose.  Please  note  that  a  successful  PoC  is  a  pre-­‐requisite  for  technical  qualification  in  the  tender  process.  The  PoC  will  be  conducted  with  the  exact  same  set  of  equipment  /  software  /  makes  proposed  by  the  vendor  and  will  be  based  on  functional  capabilities  of  the  vanilla  version  of  the  software  proposed.  10.  The  commercial  bids  of  only  those  companies  that  successfully  meet  the  PQC  &  technical  criteria  (including  the  POC  Criteria)  will  be  evaluated.:  Kindly  Share  the  POC  details.  

Please  refer  to  Query  No.  9  in  this  regard.  

74   L&T   4.3  General  Specifications  

All  the  cameras  should  be  capable  of  day  and  night  viewing  under  very  low  light  conditions.:  We  are  not  finding  IR  illuminator  requirement  .kindly  confirm  the    requirement.  

The  fixed  cameras  shall  have  IR  Capability.  It  should  be  able  to  cover  radial  distance  of  >  30m  from  the  camera  location.  

75   L&T   4.6  Spares   Commissioning  Spares,  Warranty  Spares:  &  Post  Warranty  Spares  (During  comprehensive  AMC):  Please  recommend  the  spare  percentage  need  to  be  maintain  by  the  successful  bidder  for  this  project.  Please  clarify.  

Bidders  shall  propose  the  spare  requirement  for  the  SLA  conditions  mentioned  in  the  tender  document.  KMC  shall  monitor  the  SLA  in  strict  compliance  with  the  requirement.  

76   L&T   5  Technical  Specification  

Detailed  Specification:  kindly  share  the  detailed  technical  specification  more  flexible  in  order  to  meet  the  functional  requirements  with  more  options.  for  all  the  items.  (  Camera  ,  VMS,  Server  ,  Storage  ,  UPS  ,  Command  &  Control  Software  ,  Switches    &passive  items)  

The  tender  document  mentions  the  minimum  requirement.  Bidders  to  propose  the  solution  meeting  the  minimum  quality/performance  standard  defined  in  the  document.  For  approved  makes,  please  refer  to  Annexure-­‐I  here.  

77   L&T   4.2  System  Overview/E-­‐  Challan  Software  

General:  Kindly  share  detailed  technical  specification  of  E-­‐challan  software    

The  system  /  PSIM  shall  have  capability  to  integrate  with  e-­‐Challan/m-­‐Challan  System  &  ANPR  system.  The  bidders  shall  consider  necessary  integration  modules/licenses,  if  required,  as  a  part  of  their  scope.  

78   L&T   5.15  Field  UPS   General:  Line  Interactive  UPS  of  sufficient  power  rating  (Min.  500VA)  to  provide  uninterrupted  &  conditioned  power  supply  to  field  cameras  &  active  networking  components:  To  bear  the  load  of  the  equipment  at  field    500  Watts    UPS  is  not  enough    We  suggest  for  Min.  1  KVA  UPS.  Pls  confirm  the  same.  

Bidders  are  required  to  consider  UPS  that  can  provide  conditioned  power  to  all  the  field  equipment  with  min.  30  mins  back-­‐up.  The  500  VA  rating  is  the  minimum  that  can  be  proposed.  

79   L&T   5.16  Passive  Networking  6.3  Annexure  –  III  -­‐  BOQ  Bill  

Height  -­‐  ~3  m  or  as  required;  Successful  bidder  to  provide  the  detailed  drawings  of  approx.  3m  high  Poles  and  specifications  of  the  pole  Camera  Pole  -­‐20  Nos:  Pls  change  the  pole  height    4m  or  6m  and  mention  the  specification  clearly  and  confirm  the  pole  Quantity.  

3m  (or  as  required)  is  the  usable  height  of  the  pole.  

80   L&T   5.1  Fixed  Outdoor  Camera  

Lens  3-­‐22mm  Lens:  Kindly  accept    5    to  50  mm  as  it  will  give  wide  coverage  compare  to  3  to  22mm  

Please  refer  to  Query  No.  14  in  this  regard.  

81   L&T   5.16  Passive  Networking  

Outdoor  Junction  Box  Camera  Mounting  Poles:  Pls  provide  the  details  specifications  for  Passive  items.  

Kindly  refer  to  Annexure-­‐III  to  this  Corrigendum.  

Page 8: Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video …kolhapurcorporation.gov.in/pdf/Corrigendum11147.pdf · 2015-07-14 · Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video-SurveillanceProject-Page1-of-27-KolhapurMunicipal)Corporation)

Corrigendum-­‐II  for  KMC  Tender  for  Kolhapur  City  Video  Surveillance  Project  

Page  8  of  27  

82   L&T   4.9  Standard  Contract/Operating/Payment  Terms  

Payment  Terms:  •  50%  against  material  delivery,  20%  against  installation,  20%  against  commissioning  &UAT&  10%  after  successful  completion  of  the  Defect  Liability  Period.:  Kindly  amend  as  10%  interest  free  advance  on  award  of  LOI  40%  against  material  delivery  30%  against  installation,  10%  against  commissioning  &  UAT  &  10%  after  successful  completion  of  the  Defect  Liability  Period.  

No  advance  amount  can  be  released.  Please  refer  to  Query  No.  21  in  this  regard.  

83   L&T       Price  Bid  :  No  Price  bid  format  given  in  the  tender.  Kindly  Provide  

Section  6.3  is  the  format  for  the  price  bid.  

84   L&T   PROJECT  FEATURES  

Project  Development  Fee:Rs.  12.00  Lakhs:  Pls  clarify  whether  this  project  development  fee  is  to  be  paid  other  than  EMD  during  bid  submission  or  it  is    to  be  paid  after  award  of  contract  by  successful  bidder.  Whether  this  fee  will  be  refunded  to  unsuccessful  bidder.  

It  is  to  be  paid  by  the  successful  bidder  only.  

85   L&T   4.2  System  Overview  

PSIM  (with  Disaster  Response  Management),  Video  Management,  IVA,  Enterprise/Network  Management,  eChallan  Management  &  GPON  Software:  We  under  stand  that,  the  proposed  Command  and  control  software  has  the  following  capability.  Disaster  Response  Management,  Video  Management,  IVA,  Enterprise/Network  Management,  eChallan  Management  &  GPON  Software.  Pls  Confirm  

Kindly  refer  to  Annexure-­‐II  to  this  Corrigendum.  

86   L&T   6.4  Annexure  –  IV  -­‐  Solution  Assurance  Certificate/  

Ref.:  Tender  No.  No.:  ___________________:  In  the  RFP  tender  no.  is    missing.  Pls  provide  the  same.  

The  Tender  No.  is  35.  

87   L&T   2.3.1  Scope  of  Work  

Since  no  single  network  exists  to  integrate  the  project  across  the  city,  a  combination  of  network  technologies  shall  be  used  to  provide  seamless  connectivity  to  all  cameras.:  Please  mention  the  percentage  of  wired  and  wireless  last  mile  to  be  implemented.  Kindly  specify  the  minimum  bandwidth  to  be  considered  for  camera.  

Bidders  to  propose  laying  of  cable  or  a  leased  line  option.  The  bandwidth  is  to  be  determined  &  proposed  by  the  bidders  &  to  be  vetted  by  the  Camera  OEMs.  

88   L&T   4.9  Standard  Contract/Operating/Payment  Terms  

The  bidder  will  have  to  enter  into  a  Service  Level  Agreement  with  KMC  containing  the  system  performance  &  service  related  issues.:  Kindly  mention  the  penalty  charges  in  case  of  breach  of  SLA.  

The  detailed  SLA  conditions  shall  be  finalized  with  the  successful  bidder.  

89   L&T   overhead  &  hybrid  cabling  

The  bidders  can  propose  a  leased  line  option  or  a  dark  fiber  option.  How  are  you  going  to  evaluate  the  same?  Can  we  use  existing  ducts,  if  available,  for  laying  the  cable.  

The  evaluation  shall  be  done  based  on  the  Net  Delivered  Cost  for  the  entire  project  duration  of  5  years.  The  vendor  is  required  to  use  the  existing  ducts  for  laying  the  cable  wherever  available.  The  aerial  cabling  shall  be  compliant  with  TEC  /  Relevant  international  standards.  

Page 9: Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video …kolhapurcorporation.gov.in/pdf/Corrigendum11147.pdf · 2015-07-14 · Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video-SurveillanceProject-Page1-of-27-KolhapurMunicipal)Corporation)

Corrigendum-­‐II  for  KMC  Tender  for  Kolhapur  City  Video  Surveillance  Project  

Page  9  of  27  

90   L&T   5.17  Control  Room  Infrastructural  Set-­‐up  

The  complete  aesthetically  designed  control  room  set-­‐up  (~50  sqm)  including  necessary  electrical  &  data/video  cabling  as  per  the  relevant  ISO  standards  with  anti-­‐static  false  flooring,  2  No.  Operator  Workstations,  wall  gypsum+plastic-­‐painting,  appropriate  wall  paneling  for  monitor  area  to  hide  the  cables/wires,  wooden  partition/room  divider  for  Data  Racks  area&  the  situation  room  area,  Floor  carpet,  2  No.  Biometric  access  Reader+Controller,  2  No.  600/1200lbs  EM  lock,  2  No.  fixed  indoor  cameras,  3  No.  1.5T&  1  No.  1T  Split  Air-­‐conditioners  etc.  :      We  understand  that  complete  Civil  infrastructure  provided  by  client  which  includes  separate  datacenter  ,  control  center  and  electrical  room  UPS,Panel,DG  space  and  cabling  routes  and  also  confirm  the  Control  Room  size  details  (  50  Sqm  or  300  Sft).  

The  size  shall  be  approx.  60  sqm.  The  entire  infrastructure  development  for  the  Command  &  Control  including  all  the  subsections  within  the  existing  SP  building  shall  be  part  of  the  bidder's  scope.  

91   L&T   5.17  Control  Room  Infrastructural  Set-­‐up  

The  complete  aesthetically  designed  control  room  set-­‐up  (~50  sqm)  including  necessary  electrical  &  data/video  cabling  as  per  the  relevant  ISO  standards  with  anti-­‐static  false  flooring,  2  No.  Operator  Workstations,  wall  gypsum+plastic-­‐painting,  appropriate  wall  paneling  for  monitor  area  to  hide  the  cables/wires,  wooden  partition/room  divider  for  Data  Racks  area&  the  situation  room  area,  Floor  carpet,  2  No.  Biometric  access  Reader+Controller,  2  No.  600/1200lbs  EM  lock,  2  No.  fixed  indoor  cameras,  3  No.  1.5T&  1  No.  1T  Split  Air-­‐conditioners  etc.:  kindly  confirm  what  are  all  the  security  system(CCTV,FAS,ACS  )  to  be  considered  in  control  center  interior.  

CCTV,  FAS  &  ACS  are  to  be  considered.  

92   L&T   4.4  Detailed  Scope  Of  Work  

The  complete  control  room  set-­‐up  (~300  sft)  including  necessary  electrical  &  data/video  cabling  as  per  the  relevant  ISO  standards  with  False  flooring/ceiling,aesthetic  lighting,workstations,  wall  painting,  partitions/room  dividers  for  DataRacks  areas,  biometric  access  control,  EM  lock,  fixed  indoor  cameras  etc.  

Please  refer  to  Query  No.  68  in  this  regard.  

93   L&T   2.2  Nature  of  the  Project  

The  project  envisages  the  creation  of  a  centralized  Command  and  Control  Centre  to  collate  security  data  and  take  informed  decisions.:  Kindly  confirm  the  functional  specifications  of  central  command  Control  Solution.  Do  we  need  to  integrated  any  third  party  systems  with  the  offered  command  control.  If  yes,  Pls  share  the  details  of  the  sub-­‐systems  to  be  integrated.  

Section  5.4  mentions  the  specifications  for  the  Command  &  control  Software.  

94   L&T   VA   There  is  no  line  item  for  video  analytics.  Please  clarify.   Please  refer  to  Query  No.  49  in  this  regard.  

95   L&T   4.8  Scope  Of  Works-­‐Inclusions  And  Exclusions  

Works  Included:  The  Scope  of  work  has  been  covered  in  the  above  specifications  in  general.  However,  the  Successful  Bidder  shall  be  responsible  to  complete  the  works  in  all  respects  and  in  doing  so,  provide/supply  all  facilities  not  covered  above  specifically,  but  nevertheless  required  for  the  satisfactory  performance  of  complete  system.  Works  Excluded:  provision  of  electricity,  right  of  way/use  charges.:  We  understand  that,  the  charges  for  Reinstament(RI)  and  Right  of  way  (RoW)    and  Electricity  provision  will  be  under  the  scope  of  client  and  however  the  bidder  will  follow  the  rules  &  regulation  as  per  the  state  of  Law  .  Please  clarify  whether  our  understanding  is  correct.  

Yes.  The  tender  does  not  require  the  bidders  to  quote  for  underground  laying  of  cable.  

96   L&T   General   :  Kindly  mention  the  bid  validity  period  for  the  tender.   Bid  validity  period  shall  be  6  months.  

Page 10: Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video …kolhapurcorporation.gov.in/pdf/Corrigendum11147.pdf · 2015-07-14 · Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video-SurveillanceProject-Page1-of-27-KolhapurMunicipal)Corporation)

Corrigendum-­‐II  for  KMC  Tender  for  Kolhapur  City  Video  Surveillance  Project  

Page  10  of  27  

97   L&T   General   :  Requesting  client  for  the  provision  of  water,  power  and  basic  amenities  at  the  site  before  commencement  of  work.  

only  the  power  provisioning  shall  be  in  KMC's  scope.  

98   L&T   General   :  Request  to  provide  Variation  clause  to  be  included  for  increased  or  decreased  scope  of  work  after  the  award  of  contract  ,accordingly  the  payment  terms  to  be  escalated  with  mutual  understanding.  

Tender  terms  shall  prevail.  The  contract  terms  not  mentioned  in  the  tender  document  shall  be  mutually  decided  between  the  vendor  &  KMC.  

99   L&T   General   :  Request  to  indemnify  the  contractor  as  and  wherever  required  from  the  third  party  delay  or  any  other  losses  occurred  beyond  contractors  control  or  scope.  

Tender  terms  shall  prevail.  The  contract  terms  not  mentioned  in  the  tender  document  shall  be  mutually  decided  between  the  vendor  &  KMC.  

100   L&T   General   :  Request  that  claims  raised    by  the  third  party  or  the  client  ,should  be  provided  with  the  extension  of  time  and  the  variation  there  of.  The  party  whose  act  or  omission  caused  such  claim  shall  be  fully  liable  for  the  amount  and  consequences  thereof  and  shall  keep  harmless  the  other  parties  whose  liabilities  are  not  involved.  

Tender  terms  shall  prevail.  The  contract  terms  not  mentioned  in  the  tender  document  shall  be  mutually  decided  between  the  vendor  &  KMC.  

101   L&T   General     :  Requesting  client  for  the  provision  of  force  majeure  clause  .and  provision  of  compensation  and  extension  of  time  in  such  event    

Tender  terms  shall  prevail.  The  contract  terms  not  mentioned  in  the  tender  document  shall  be  mutually  decided  between  the  vendor  &  KMC.  

102   L&T   General     :  Requesting  client  for  the  provision  of  statutory  approvals  and  any  other  documents  to  be  provided  before  the  commencement  of  work  

All  the  approvals  shall  be  the  responsibility  of  the  bidder.  KMC  shall  assist/facilitate  the  process.  

103   L&T   General     :  Requesting  client  for  any  third  party  ROW  issues  to  be  taken  care  of  

Right  of  Way  charges  are  excluded  from  the  vendors'  scope.  

104   L&T   General   :  Requesting  approved  makes   Kindly  refer  to  Annexure-­‐I  to  this  Corrigendum  for  a  list  of  approved  makes.  

105   L&T   General   :  Request  you  to  extend  the  submission  by  10  days   Tender  terms  shall  prevail.  

106   Mirasys   6.3  -­‐  11)     Annexure  III  -­‐  BOQ        :  As  the  VMS  Specs  talks  about  Video  Analytics,  please  share  the  number  of  camera  where  video  analytics  is  required  as  it  is  not  mentioned  in  the  tender  document.  

Please  refer  to  Query  No.  49  in  this  regard.  

107   Mirasys   4.5  Xii)   The  Incident  Response  Management  system  shall  offer  Marathi  Language  Support  &  the  same  is  required  to  be  demonstrated  during  the  POC  by  the  bidders:  As  most  of  the  OEM  for  VMS  is  of  global  repute  and  globally  accepted  language  is  English  we  request  to  accept  English  as  a  language.  Our  Management  systems  are  very  easy  to  understand  and  pops  up  with  advanced  reporting  tool  will  make  it  very  simple  for  the  Operators  to  understand  and  take  necessary  actions.  To  Enable  Marathi  Language  it's  a  development  work  and  requires  proper  time  and  resources  and  it's  difficult  to  make  it  happen  by  POC  for  any  OEM  except  for  one  OEM  ,  As  this  is  an  open  tender  not  closed  we  would  request  to  accept  English  language  as  no  OEM  will  invest  time  ,  resources  and  money  until  they  have  confirmed  order  with  them  and  the  entire  motive  of  having  an  open  tender  is  failed.  

It  is  not  mandatory  to  demonstrate  the  same  during  POC.  However,  the  OEM  should  provide  an  undertaking  stating  its  willingness  to  provide  the  language  support  before  the  project  completion.  The  OEM  may  also  be  required  to  sign  an  agreement  with  KMC  in  this  regard.  

108   Molex       we  request  you  to  please  include  Molex  make  for  Cat6  Copper  products  and  Fiber  Cable  and  connectivity.  

Kindly  refer  to  Annexure-­‐I  to  this  Corrigendum  for  a  list  of  approved  makes.  

109   Neural   Low  light  –  specify  

4.3.3  requires  the  cameras  to  perform  at  low  light  conditions.  Kindly  specify  the  same.  

The  light  sensitivity  for  each  camera  is  mentioned  in  the  respective  technical  specifications.  

Page 11: Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video …kolhapurcorporation.gov.in/pdf/Corrigendum11147.pdf · 2015-07-14 · Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video-SurveillanceProject-Page1-of-27-KolhapurMunicipal)Corporation)

Corrigendum-­‐II  for  KMC  Tender  for  Kolhapur  City  Video  Surveillance  Project  

Page  11  of  27  

110   Neural   Clause  3.1.5  Eligibility  Criteria  –    

The  bidder  should  have  executed  at  least  One  city/campus  surveillance  project  in  India  of  value  more  than  Rs.  5  crore  Within  last  3  years.  Please  clarify  if  the  campus  surveillance  reference  can  also  include  critical  infrastructure  projects  like  airport  or  refinery  

The  experience  is  required  for  implementation  of  a  city  surveillance  project.  Campus  surveillance  stands  deleted.  

111   Neural   Consortium   What  are  the  pre-­‐qualification  conditions  for  Consortium?   All  the  members  of  the  consortium  are  required  to  meet  the  experience  &  the  turnover  pre-­‐qualification  criteria.  

112    Neural   -­‐  PSIM   At  several  locations,  the  tender  specifies  PSIM  but  there  is  no  specification  or  requirement  mentioned  in  the  tender  specs.  Please  clarify.  

Kindly  refer  to  Annexure-­‐II  to  this  Corrigendum.  

113    Neural   Page  no  .  7   For  "Recording:  25FPS(12  FPS  in  case  of  the  panoramic  camera)@  Full  Resolution  for  30  days  continuous  recording.  "  Please  accept  6  FPS  in  case  of  Panoramic  cameras  at  8  Megapixel  Resolution.  

Tender  terms  shall  prevail.  

114    Neural   5.2  Fixed  Outdoor  Camera  Panoramic  

Please  clarify  on  the  number  of  Non-­‐identical  streams  per  sensor  required  for  Multi-­‐streaming.  

Multi-­‐streaming  per  camera  is  required.  

115    Neural   Clause  3.2.(a)  EMD  in  the  form  of  DD  /  Banker's  Cheque/  Pay  Order  

Request  KMC  to  allow  EMD  in  the  form  of  BG;  Also  request  KMC  to  exempt  NSIC  /  DIC  registered  firms  from  EMD  

Please  refer  to  Query  No.  20  in  this  regard.  Tender  terms  shall  prevail.  

116    Neural   Clause  4.9  Payment  Terms  

Request  KMC  to  allow  the  following  payment  terms:  ·∙  70%  of  order  value  excluding  AMC  on  delivery  ·∙  10%  of  the  order  value  excluding  AMC  after  installation  ·∙  10%  of  the  order  value  excluding  AMC  after  commissioning  and  UAT  ·∙  10%  of  the  order  value  excluding  AMC    against  BG  of  equivalent  amount  valid  till  DLP  

Please  refer  to  Query  No.  21  in  this  regard.  

117    Neural   22  –  40  mm   The  fixed  camera  specifies  a  3-­‐22mm  lens.  Can  we  propose  a  different  lens?  Can  we  use  any  other  third-­‐party  lens?  

Please  refer  to  Query  No.  14  in  this  regard.  

118    Neural   Clause  5.11  24port  L2  switch  

The  tender  specifies  that  industrial  grade  4/8  port  switches  shall  be  used  for  camera  locations,  however,  the  switch  required  is  not  industrial  in  nature.  Also  there  is  no  specification  for  these  switches.  Please  clarify.  

All  the  field  devices  shall  be  industrial  in  nature.  

119    Neural   -­‐  Make  of  cameras  

There  is  no  make  specified  in  the  tender  for  the  cameras.  Please  clarify  if  bidder  is  allowed  to  quote  multiple  makes  for  the  project  or  all  cameras  have  to  be  from  a  single  make.  

Kindly  refer  to  Annexure-­‐I  to  this  Corrigendum  for  a  list  of  approved  makes.  

120   Nice        Also  as  per  specifications  for  PSIM  and  VMS,  we  request  you  to  approved  Google  Earth  integration  for  GIS  integration  with  information  of  static  assets  related  to  disaster  management  module.  

Google  Earth  integration  is  acceptable.  

121   Nice       Also  in  your  MAF  please  remove  point  no.  6,  or  we  request  you  to  change  as  if  bidder  unable  to  give  service  the  same  will  be  provided  by  OEM  with  KMC  agreed  to  form  AMC  agreement  with  OEM  with  10%  of  OEM  prices  per  year  as  maintenance.  

Please  refer  to  Query  No.  18  in  this  regard.  

122   Nice       Also  please  give  POC  parameters,  which  will  help  us  to  prepare  for  POC.  

Please  refer  to  Query  No.  9  in  this  regard.  

123   Nice       Also  refer  to  specifications  of  server  and  storage  since  VMS  and  PSIM  OEM  is  certifying  the  performance  of  solution  please  keep  this  specifications  open  to  decide  by  VMS  and  PSIM  OEM.  

Please  refer  to  Query  No.  29  in  this  regard.  

Page 12: Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video …kolhapurcorporation.gov.in/pdf/Corrigendum11147.pdf · 2015-07-14 · Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video-SurveillanceProject-Page1-of-27-KolhapurMunicipal)Corporation)

Corrigendum-­‐II  for  KMC  Tender  for  Kolhapur  City  Video  Surveillance  Project  

Page  12  of  27  

124   Nice       In  your  tender  in  general  terms  and  conditions,  you  have  asked  for  Disaster  Management  System  but  there  are  no  specifications  included  in  tender,  we  request  you  to  give  detail  functional  requirement  of  disaster  management  system  which  you  need  to  address  in  your  requirement.  

Kindly  refer  to  Annexure-­‐II  to  this  Corrigendum.  

125   Nice   Approved  makes  

Kindly  provide  approved  makes  for  various  components.   Kindly  refer  to  Annexure-­‐I  to  this  Corrigendum  for  a  list  of  approved  makes.  

126   Nice   Disaster  management  –  define  functional  specs  

Please  define  the  functional  specifications  for  the  Disaster  Management  System  

Kindly  refer  to  Annexure-­‐II  to  this  Corrigendum.  

127   Panasonic       Approved  make  :  We  are  the  leading  OEM  of  security  cameras  world  wide  since  past  60+  years  and  regularly  listed  in  IMS  top  10  ratings  .  We  are  also  the  official  Olympics  partner  since  last  few  decades  and  have  done  many  safe  city  projects  across  worls  like  London,  Adelaid,  Vatican,  Incheon,  Delhi,  Hubli  Dharwad,  Moscow,  Budapest,  Malaysia,  Japan,  Bangkok,  Singapore  to  name  a  few.  We  have  also  been  approved  make  in  recent  tender  from  Aurangabad.  Kindly  arrange  to  approve  us  in  your  estmeed  tender  also  so  that  we  can  participate  here  also.  

Kindly  refer  to  Annexure-­‐I  to  this  Corrigendum  for  a  list  of  approved  makes.  

128   Panasonic       Fixed  Camera  Lens  :  For  fixed  camera  Lens,  we  request  you  to  accept  cameras  with  5-­‐50  /  9-­‐22mm  as  the  lens  3-­‐22  mm  is  not  standard  type.    Also,  these  days  the  cameras  are  coming  with  120  dB  True  WDR  with  superior  perforamance.  So,  we  request  to  add  in  the  requriement  also.  

Please  refer  to  Query  No.  14  in  this  regard.  

129   Panasonic       Kindly  approve  Panasonic  as  an  approved  make.   Kindly  refer  to  Annexure-­‐I  to  this  Corrigendum  for  a  list  of  approved  makes.  

130   Panasonic       OEM  Liability  :  Incase  the  sytem  integrator  backs  out,  the  OEM    responsibility  shall  be  limited  to  servicing  of  his  product  only  when  an  AMC  is  released  from  the  KMC.  The  maintainence  and  regular  use  of  the  product  shall  not  be  possible  for  OEMs.  Kindly  consider  this  request.  

Please  refer  to  Query  No.  18  in  this  regard.  

131   Panasonic       Panoramic  Camera:  The  4  lens  cameras  are  available  with  very  limited  OEMs,  so  we  request  to  accept  the  8  MP  Fisheye  camera  as  this  will  give  more  PPF  than  a  2  MP  Lens.  Also,  kindly  approve  the  multiple  fixed  camera  solution  also  so  that  bidder  can  provide  the  suitable  option  as  per  each  location.  

Please  refer  to  Query  No.  23  in  this  regard.  

132   Panasonic       PTZ  Camera  :  We  request  to  add  heater  and  blower  in  the  PTZ  along  with  dehumidificaton  feature  for  a  longer  life  of  PTZ.  

Tender  terms  shall  prevail.  Bidders  may  propose  these  features.  

133   Panasonic       Streams  :  We  can  provide  3  nos  H.264  high  profile  steams  in  fixed  cameras  but  request  to  accept  PTZ  cameras  with  2  nos  og  H.264  and  1  no  of  MJPEG.  Anyways  in  the  public  safety  where  bandwidth  is  major  convern,  mostly  a  single  stream  is  enough.  

Tender  terms  shall  prevail.  

134   Samarth  Security  

    2.              As  per  notification  of  Government  of  India,  vide  Gazette  of  India  No.  503  dated  26.03.2012    proclaiming  the  Public  Procurement  Policy  on  procurement  of  goods  and  services  from  Micro  and  Small  Enterprises  (MSEs)  Issue  of  Tender  Documents  (in  case  of  Open  Tenders)  to  MSEs  free  of  cost.  &  Exemption  to  MSEs  from  payment  of  EMD/Bid  Security.  

Tender  terms  shall  prevail.  

135   Samarth  Security  

    3.              As  per  norms,  online  interactive  UPS  are  required  at  field  side.  You  are  requested  to  make  it  offline  UPS  as  no  manufacturer  has  same  feature  below  1  KVA.    

Tender  terms  shall  prevail.  

Page 13: Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video …kolhapurcorporation.gov.in/pdf/Corrigendum11147.pdf · 2015-07-14 · Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video-SurveillanceProject-Page1-of-27-KolhapurMunicipal)Corporation)

Corrigendum-­‐II  for  KMC  Tender  for  Kolhapur  City  Video  Surveillance  Project  

Page  13  of  27  

136   Samarth  Security  

    4.              We  request  you  to  change  payment  terms  from  50%  on  delivery  to  70%  on  delivery.  

Please  refer  to  Query  No.  21  in  this  regard.  

137   Samarth  Security  

    As  per  standard  government  norms  SSI/MSEs  registered  with  NSIC  are  exempted  from  EMD  for  all  Government  tenders.  So  we  request  you  to  please  exempt  SSI  registered  bidders  for  the  same.  

Tender  terms  shall  prevail.  

138   Samarth  Security  

    We  request  you  to  please  increase  the  project  completion  from  4  months  to  7  months.  

Please  refer  to  Query  No.  10  in  this  regard.  

139   Secured  Lines  

6.3  -­‐  10  Annexure  III  -­‐  BOQ  PSIM  Software  

As  per  the  Tender  specification  5.4,  Any  Modular  VMS  can  comply  to  the  Specification,  there  is  no  additional  need  of  PSIM  software  as  such.  

Kindly  refer  to  Annexure-­‐II  to  this  Corrigendum.  

140   Secured  Lines  

5.4  VMS,  Command  &  Control  Software  -­‐  Camera  image  stitching  

Camera  image  Stitching  is  not  accepted  in  court  of  law  and  for  camera  stitching  the  basic  requirement  is  that  at  least  cameras  to  be  stitched  are  overlapping  and  in  most  of  the  cases  as  per  the  list  of  surveillance  Location  item  2.3.3  cameras  are  placed  in  chowk  and  overlapping  is  not  possible.  Instead  of  stitching  ,  there  is  -­‐  playback  synchronization  feature  which  is  available  with  all  the  leading  VMS  OEM  which  can  give  a  holistic  view  of  the  scene  for  8  cameras  simultaneously  

Bidders  may  propose  alternative  methods  to  meet  the  requirement.  

141   Secured  Lines  

5.17  Control  Room  Infrastructural  setup  

Can  we  use  standard  items  here  as  there  is  no  specification  shared  for  the  items.  

Yes.  Bidders  may  consider  standard  items.  

142   Secured  Lines  

5.6  Server  &  storage  

Exact  Storage  required  is  not  shared,  it  might  be  that  different  bidder  may  consider  different  Storage.  Suggest  to  have  a  min  guideline  of  Storage  required  for  the  project  

Please  refer  to  Query  No.  38  in  this  regard.  

143   Secured  Lines  

4.9  Payment  Terms  

Generally  for  any  SITC  tender  ,  80  %  of  the  work  is  of  supply  and  20  %  work  is  of  Installation  and  commissioning  and  as  all  OEMS  generally  works  on  advance  we  would  request  you  to  accept  70  %  Payment  against  Material  Delivery  ,  15%  against  Installation  and  15  %  on  Commissioning  ,  UAT  &  Completion  

Please  refer  to  Query  No.  21  in  this  regard.  

144   Secured  Lines  

5.2  Fixed  Outdoor  Camera  -­‐  Panoramic  

Instead  of  4  Lens  camera  would  request  to  accept  4  Cameras  as  both  will  serve  the  purpose  

Please  refer  to  Query  No.  23  in  this  regard.  

145   Secured  Lines  

5.4  VMS,  Command  &  Control  Software  -­‐  

 A  Letter  from  the  software  developer  confirming  compatibility  of  VMS  and  VAS  to  trendmicro  Anti-­‐Virus  Software  to  be  provided.  It  has  been  observed  that  Running  Anti  virus  in  the  same  system  with  VMS  blocks  the  rights  and  doesn’t  give  proper  right  to  VMS.  Moreover  Anti  virus  will  need  proper  updates  and  needs  to  be  connected  to  Internet  and  may  be  prone  to  hacking.  As  generally  Security  applications  are  not  exposed  to  Internet.  So  would  request  to  remove  this  clause.  

The  condition  stands  removed.  

146   Secured  Lines  

4.5  Xii)     The  Incident  Response  Management  system  shall  offer  Marathi  Language  Support  &  the  same  is  required  to  be  demonstrated  during  the  POC  by  the  bidders.  It  is  supporting  to  One  OEM  .  For  Open  Tender  as  per  CVC  guidelines  the  tender  specification  shall  be  generic  not  biased  towards  one  OEM.  Would  request  to  remove  this  clause  as  other  OEM  will  not  qualify  and  Tenderer  will  not  get  competitive  bid.  

It  is  not  mandatory  to  demonstrate  the  same  during  POC.  However,  the  OEM  should  provide  an  undertaking  stating  its  willingness  to  provide  the  language  support  before  the  project  completion.  The  OEM  may  also  be  required  to  sign  an  agreement  with  KMC  in  this  regard.  

147   Secured  Lines  

5.4  VMS,  Command  &  Control  Software  -­‐    

Option  of  remote  viewing  and  control  over  blackberry,  ip  phone  or  any  android  handheld  to  keep  updated  while  in  field..  Please  accept  either  blackberry  or    IOS  or  Android  

The  software  shall  support  Windows,    iOS  &  android  phones.  

Page 14: Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video …kolhapurcorporation.gov.in/pdf/Corrigendum11147.pdf · 2015-07-14 · Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video-SurveillanceProject-Page1-of-27-KolhapurMunicipal)Corporation)

Corrigendum-­‐II  for  KMC  Tender  for  Kolhapur  City  Video  Surveillance  Project  

Page  14  of  27  

148   Secured  Lines  

5.4  VMS,  Command  &  Control  Software  -­‐  Approved  Make  

Please  accept  Global  reputed  Makes  like  Mirasys  ,  Advancis  ,  CNL  who  has  exposure  in  City  surveillance  project  globally  and  will  add  value  to  the  overall  tender  

Kindly  refer  to  Annexure-­‐I  to  this  Corrigendum  for  a  list  of  approved  makes.  

149   Secured  Lines  

6.3  -­‐11)  Annexure  III  -­‐  BOQ  VMS  Software  

Please  share  QTY  of  Video  Analytics  required  for  project.   Please  refer  to  Query  No.  49  in  this  regard.  

150   Secured  Lines  

6.3  -­‐  13)  Annexure  III  -­‐  BOQ  -­‐  PSIM  Integration  

Please  share  the  detailed  integration  requirement?  As  we  could  not  find  one  

Kindly  refer  to  Annexure-­‐II  to  this  Corrigendum.  

151   Secured  Lines  

5.5  Enterprise  Management  System  

Software  solutions  has  capability  to  monitor  components  like  Camera,  Storage,  server  which  is  integrated  with  the  system.  Hope  this  is  the  requirement  

The  EMS  (software/hardware)  shall  monitor  fault,  performance,  configuration  etc.  of  all  the  components  on  the  network  including  the  road-­‐side  equipment,  DC/DR  equipment,  power  equipment  etc.  

152   Secured  Lines  

6.3  -­‐  15)  Annexure  III  -­‐  BOQ  -­‐  Server  &  storage  

The  Qty  is  1.  To  Run  165  no’s  of  VMS  and  VCA  in  1  server  and  storage  system  looks  difficult  as  CPU  processing  Power  will  be  shooted  to  more  than  80  %  which  is  not  advisable,  At  least  3  servers  will  be  required  for  server  and  storage.  Please  add  the  same  in  the  BOQ.  

Please  refer  to  Query  No.  8  in  this  regard.  

153   Secured  Lines  

5.9  Video  Decoder  

Through  Graphic  Cards  one  can  connect  the  monitors  which  gives  similar  performance  as  a  decoder,  using  decoders  also  increases  the  cost  of  the  tenders.  Request  to  give  option  to  use  Graphics  card  as  well.  

Please  refer  to  Query  No.  6  in  this  regard.  

154   Security  Warehouse  

    Kindly  include  Avigilon  as  the  approved  make.   Kindly  refer  to  Annexure-­‐I  to  this  Corrigendum  for  a  list  of  approved  makes.  

155   Sony       we  hereby  request  you  to  kindly  consider  brand  ‘SONY’  as  part  of  acceptable  makes  for  CCTV  cameras  and  related  accessories  such  as  network  video  management  software  and  encoders  etc  for  captioned  project  as  well  as  for  future  CCTV  requirements  of  your  reputed  organization.  

Kindly  refer  to  Annexure-­‐I  to  this  Corrigendum  for  a  list  of  approved  makes.  

156   Tyco   5.1   We  request  you  to  consider  3-­‐12mm  lens   Please  refer  to  Query  no.  14  in  this  regard.  

157   Tyco   5.1   Please  consider  motorized  zoom  and  WDR  of  100DB.   Tender  terms  shall  prevail.  

158   Tyco   5.1   Please  consider  IR  of  more  than  30m.   Please  refer  to  Query  no.  52  in  this  regard.  

159   Tyco   5.3   The  Resolution  should  be  1080P  or  better.   Tender  terms  shall  prevail.  

160   Tyco     Consider  Tyco  as  approved  makes  fro  PSIM/VMS.   Kindly  refer  to  Annexure-­‐I  to  this  Corrigendum  for  a  list  of  approved  makes.  

161   Tyco   Marathi  Language  

The  incident  Response  Management  System  is  required  to  have  Marathi  Language  Support.  Is  it  necessary  to  demonstrate  the  same  during  POC?  

Please  refer  to  Query  No.  116  in  this  regard.  

162   Videonetics  

iPhone    Section  5.4  requires  support  for  Blackberry  &  Android  phones.  Please  add  support  for  iPhones  as  well.  

The  software  shall  support  windows,  iOS  &  Android.  

163   Videonetics  

    Kindly  include  Videonetics  as  the  approved  make.   Kindly  refer  to  Annexure-­‐I  to  this  Corrigendum  for  a  list  of  approved  makes.  

Page 15: Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video …kolhapurcorporation.gov.in/pdf/Corrigendum11147.pdf · 2015-07-14 · Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video-SurveillanceProject-Page1-of-27-KolhapurMunicipal)Corporation)

Corrigendum-­‐II  for  KMC  Tender  for  Kolhapur  City  Video  Surveillance  Project  

Page  15  of  27  

164   Videonetics  

Camera  management  

Section  5.4  specifies  Camera  management  features  for  managing  camera  functions.  The  same  can  be  achieved  through  the  camera  interface.  Will  it  be  allowed?  

Tender  terms  shall  prevail.  

165   Z-­‐Plus       1)  Eligibility  criteria  as  page  no.  11  (para  3.1.5)  requires  that  bidder  should  have  carried  a  single  order  of  Rs.5  crores  in  last  3  years  &  the  annual  turnover  of  minimum  Rs.  5  crores  in  last  3  years  our  company  qualifies  for  the  annual  turnover.  As  per  your  tender  requirement.  We  humbly  request  you  to  consider  either  of  the  above  criteria  or  split  the  order  value  in  2  or  3  parts.  

Tender  terms  shall  prevail.  

166   Z-­‐Plus       3)  The  camera  required  in  the  Tender  is  true  day  &  Night  (ref.  page  39  para  5.1)  without                      IR  compatibility,  whereas  according  to  us  it  will  not  work  properly  in  Night  Condition.  Also  there  is  no  mention  of  external  illuminators  to  the  provide  light  during  night  time  /  power  features.  hence  we  suggest  all  the  cameras  to  have  built  in  IR  LEDS  or  IR  ARRAYS  for  better  performance.  

Please  refer  to  Query  No.  52  in  this  regard.  

167   Z-­‐Plus       As  per  the  specification  mentioned  in  the  tender  for  the  Cameras,  no  make  has  been  mentioned.  Hence  can  we  offer  any  OEM  product  equivalent  or  better    (ONVIF  COMPLIANT)  as  per  specification  in  the  tender  requirement  

Kindly  refer  to  Annexure-­‐I  to  this  Corrigendum  for  a  list  of  approved  makes.  

168   Z-­‐Plus   PQC   Kindly  modify  the  PQC  &  allow  multiple  projects  of  consolidated  value  of  Rs.  5Cr  

Tender  terms  shall  prevail.  

   

Page 16: Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video …kolhapurcorporation.gov.in/pdf/Corrigendum11147.pdf · 2015-07-14 · Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video-SurveillanceProject-Page1-of-27-KolhapurMunicipal)Corporation)

Corrigendum-­‐II  for  KMC  Tender  for  Kolhapur  City  Video  Surveillance  Project  

Page  16  of  27  

Annexure  I  –  List  of  Approved  Makes    

Component  Name   Approved  Makes/Brands  Cameras   Axis,  Arecont  Vision,  Avigilon,  Sony,  Panasonic,  Bosch,  American  

Dynamics,  Pelco,  Infinova  

VMS   Nice,  Milestone,  Verint,  Axxonsoft,  Genetec,  Honeywell,  Exacqvision,  Videonetics,  Mirasys,  2020Imaging  

PSIM   CNL,  Nice,  Proximex,  Verint  

Active  Networking   Cisco,  Allied  Telesis,  ComNet,  Moxa,  Huawei,  Alphion,  HP,  D-­‐link  Servers  &  Workstations   HP,  Lenovo,  Dell,  Fujitsu  

 Note:  Bidders  may  propose  any  other  PSIM  solution  subject  to  its  100%  compliance  to  the  functional  requirement  mentioned  in  the  tender  document  &  its  corrigenda.  Please  note  that  the  onus  of  demonstrating  the  compliance  during  the  POC  /  Technical  Evaluation  Stage   shall   be   solely  with   the   Bidder.   Bidders   are   advised   to   get   themselves   fully   satisfied  with   the   compliance,   performance  &  experience  of  the  product/OEM  before  proposing  the  same.  No  request  for  re-­‐evaluation  with  change  of  product/solution  shall  be  granted  after  the  POC  is  performed,  kindly  note.    

Page 17: Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video …kolhapurcorporation.gov.in/pdf/Corrigendum11147.pdf · 2015-07-14 · Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video-SurveillanceProject-Page1-of-27-KolhapurMunicipal)Corporation)

Corrigendum-­‐II  for  KMC  Tender  for  Kolhapur  City  Video  Surveillance  Project  

Page  17  of  27  

Annexure  II  -­‐  Specifications  for  PSIM  &  Disaster/Incident  Response  Management  System    

General    

The  system  will  provide  a  platform  to  integrate  and  manage  disparate  physical  security  systems,  including  but  not  limited  to,  video,  communication,  coordination,  alarm  management,  disaster  management,  GIS  etc.  with  one  common  interface.    This  system  should  enable  automation  of  security  actions/processes  as  a  part  of  the  incident/disaster  response  management.  The  interface  or  the  Standard  Operating  Procedures  alerts  shall  be  in  Marathi  language.  This  system  will  support  improved  situation  awareness  and  allow  the  end-­‐user  to  more  efficiently  and  more  proactively  report  security  issues.  Commercially  available  products  that  require  minimal  development  to  meet  all  of  the  requirements  shall  only  be  considered..    Platforms  that  have  been  deployed  in  a  large  scale  production  environment  are  preferred/acceptable.  Modules  are  configured  by  personnel  with  administrator  level  access  Addition  of  "modules"  or  activity  within  modules  will  not  obscure  other  modules  Additional  systems  can  be  added  without  the  need  to  take  down  or  reconfigure  the  rest  of  the  system  

Architecture/Hardware   Hardware  neutral  solution  for  major  components  such  as  servers  Hosting  Hardware  shall  be  commercially  available  with  no  customized  components  Shall  support  redundant  and/or  clustered  hardware  to  enable  server  failover  capability  

Network   Supports  SNMPv2  and  SNMPv3  for  network  management  Integrates  into  Active  Directory    Supports  multicast  connections  

Management   Extensive  logging  features  that  report  to  a  central  management  interface  All  logs,  alarm  events,  user  actions  will  be  logged  to  a  management  database  using  SQL  Web  based  or  centralized  management  interface  Access  to  monitoring  features  is  permissions  based  Permissions  have  a  hierarchical  structure  or  a  flow  which  is  predefined  in  the  system.    

Alarm  Management   Alarms  are  linked  to  corresponding  icons  in  the  mapping  function  Consolidates  all  alarms  from  integrated  systems  to  a  central  alarm  queue  Dual  phase  acknowledgement  (alarm  acknowledgement  initially,  than  acknowledgement  on  resolution)  Two  way  acknowledgement  (i.e.  acknowledgement  in  PSIM  =  acknowledgement  in  sub-­‐system  and  vice  versa)  Acknowledgement  in  any  phase  requires  operator  comments  System  status  monitoring  for  integrated  platforms  Received  alarms  can  call  up  linked  cameras  Camera  call  up  allow  access  to  live  and  archived  video  Provides  automated  actions  based  on  receipt  of  certain  alarms  (e-­‐mail,  sms,    etc)  Alarms  display  response  instructions,  notification  lists,  special  procedures  and/or  notices    Alarms  can  be  assigned  a  priority  that  is  visually  or  textually    distinguished  from  higher/lower  priority  alarms,  with  flags  (popup  window  or  other  feature)  for  critical  items  Priorities  assigned  by  subordinate  systems  are  respected  

Mapping   Hierarchical  mapping  for  alarms  and  cameras  (City  >  wards/zones  >  colonies  >  buildings  >  floor  >specialized  areas)  

Page 18: Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video …kolhapurcorporation.gov.in/pdf/Corrigendum11147.pdf · 2015-07-14 · Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video-SurveillanceProject-Page1-of-27-KolhapurMunicipal)Corporation)

Corrigendum-­‐II  for  KMC  Tender  for  Kolhapur  City  Video  Surveillance  Project  

Page  18  of  27  

Zoom  features  to  allow  users  to  zoom  in  on  site  and  building  floor  plans  Alarms,  PA/intercom,  VTS,  cameras  &  all  integrated  equipment/devices  represented  by  icons  displayed  on  site  in  layers  Clicking  on  icons  representing  active  alarms  opens  dialog  for  that  alarm  Alarm  icons  change  colors/shape/etc  to  represent  current  alarm  status    A  single  icon  may  represent  multiple  alarm  events,  each  capable  of  activating  independently  with  independent  acknowledgement  Hovering/right-­‐click  or  similar  action  on  camera  or  alarm  icon  will  bring  up  additional  details  such  as  response  instructions,  location  description,  point  of  contact  for  that  alarm,  etc  Point  of  contact  links  to  contact  information  listed  above  System  must  accept  drawings  in  AutoCAD    System  must  accept  image  formats  to  include  Raster,  Vector,  Vector  formats  or  the  vendor  will  provide  a  utility  to  convert  these  file  types  

Process  Management  &  Automation  

The  application  must  have  a  logical  workflow  engine  capable  of  enacting  real-­‐life  policies  that  are  triggered  to  include  user-­‐generated,  logical,  time  or  event  based  triggering.  The  actions  shall  include  two-­‐way  messaging,  user  input,  escalation,  parking,  forwarding,    dynamic  GUI  reconfigure  etc.  The  engine  shall  be  able  to  undertake  tasks  automatically  or  on  operator-­‐guidance.  Shall  support  unlimited  processes  Shall  support  Marathi  Language  in  standard  Operating  procedures.  

Audit  Trails   Must  provide  a  comprehensive  mechanism  for  managing  audit  &  compliance.  Should  support  automatically  auditing  the  operator’s  performance.  

User  Management   Should  provide  graphical  tool  to  create,  delete,  disable,  configure,  modify  user  or  user-­‐groups.  

Management  Reporting   Shall  provide  user-­‐defined  reports  Shall  have  a  de-­‐briefing  or  a  review  tool  for  incident  reporting  with  ability  to  report  on  all  the  user/operator  &  system  actions,  videos,  communications  etc    

Modules   VMS,  NVR,  DVR,  Video  Display  System,  GIS  Integration,  GPS  &  VTS,  Communication  Systems  (Intercom/Digital  PBX,  Cellular  Communications-­‐GSM/GPRS/SMS,  Broadcast  Communications,  Public  Broadcast/  /IP-­‐PA  with  zone  selector  feature,  Variable  Message  Signages,  UHF/VHF  Communications,  Email,  Social  Network),  BMS,  Alarm  Management  (PIDS,  IDS,  FAS,  CBRNE),  Disaster  Response  Management  System,  ANPR,  Sensor  Integration,  Access  Control  System,  Integration  (for  any  third-­‐party  safe  city  application  like  Visitor  Information  Management  System,  ITMS,  e-­‐Challan,  Dial  100,  Parking  Management  System,  Various  Sensors  Integrations  etc)  

Performance   PSIM  operation  must  not  interfere  with  normal  operation  of  integrated  systems  Integrated  systems  must  be  able  to  operate  concurrent  with  the  PSIM  or  independently  in  the  event  of  PSIM  failure  Monitors  health/status  of  integrated  systems  System  architecture  must  be  structured  and  optimized  for  both  application  and  network  infrastructure  performance,  data  transfers  must  not  impede  existing  system  performance  

Quality  Assurance   OEM  shall  have  to  demonstrate  past  experience  with  examples  of  projects  of  similar  type.  

Disaster  &  Incident  Management  System  (IMS)  

I.       Organization   Registry   –   Creates   database   of   organizations   to   help  facilitate   coordination;   allows   organizations   to   record   their  Offices,  Warehouse   and   Field   Sites   including   their   locations   so  they   can  be  mapped  as  well   as   links   to  other  modules   such  as  Human  Resources,  Assets  and  Inventory.  

Page 19: Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video …kolhapurcorporation.gov.in/pdf/Corrigendum11147.pdf · 2015-07-14 · Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video-SurveillanceProject-Page1-of-27-KolhapurMunicipal)Corporation)

Corrigendum-­‐II  for  KMC  Tender  for  Kolhapur  City  Video  Surveillance  Project  

Page  19  of  27  

  II.  Assets  –  Manages  assets  such  as  vehicles,  communications  equipment  and   generators;   tracks   where   they   are,   who   they   have   been  assigned   to,   and  what   condition   they   are   in.   This   ensures   that  assets  are  used  effectively  and  efficiently.  

  III.  Assessments  –  Collects  and  analyzes  information  from  assessments  to  help   organizations   more   effectively   plan   their   disaster  management   activities.   Data   can   either   be   entered   into   an  interactive  web  form  or  imported  via  an  Excel  template.  

  IV.   Mapping   –  shall   have   fully   integrated   mapping   functionality   which  allows  any  location-­‐based  data  to  be  visualized  on  a  map.  Maps  provide   situational   awareness   which   is   essential   when   either  planning  to  prepare  for  or  respond  to  a  disaster.  

  Messaging  –  Provides  support  for  messages  to  be  sent  by  Email,  SMS,.  Distribution  Groups  can  be  set  up  to  allow  messages  to  be  easily  sent  to  many  people  at  once.    Interactive  messages  allow  people  to  send  short  message  queries  to  the  system  and  receive  automatic  responses.  

  The  IMS  (Incident  management  system)  shall  be  a  full  2  Dimensional  geo-­‐spatial  GIS  based  system  for  managing  and  controlling  routing  operations  and  incidents  within  the  city  of  where  Security  systems  are  getting  deployed  in  phases.  The  IMS  system  shall  maintain  operational  continuity  and  facility  management,  whilst  addressing  several  key  critical  issues  regarding  security,  safety  and  facility  management,  such  as:  •        Fusion      of      information      from      different      sensors,  systems,      data      sources      like      CCTV,      Fire      Alarm  Systems.  •        Interface  to  various  sensors  and  systems  as  a  future  upgrade.  •        Real      time      management      during      both      routine  operation  and  emergency  situations.  •        Ability    to  analyze  potential  threat  scenarios  and  incidents.  •        Advanced  camera  management.  •        Pro-­‐active  decision  support  tool.  •        Comprehensive  site  planning  capability,  in  terms  of  security  and  safety.  •        Utilizing  advanced  simulations  and  predictions.  •        Use  of  advanced  virtual  scenario  generator  to  train  management  and  staff.  

  The  IMS  shall  be  an  open  architecture  system  allowing  simple  integration  to   external   modules,   sensors   and   systems   and   to   allow   for   future  scalability.  

  The   IMS   shall   seamlessly   integrate  with  existing   cameras,  DVR's,   access  control  and  all  other  allocated  devices  and  systems,   in  order  to  provide  an  on-­‐line  display  of  2D  /  3D  geospatial  situational  awareness,  live  video  streams   and   operational/decision   support   data,   all   in   one   unified   IMS  system   located   in   the   main   Control   Room,   as   well   as   in   remote   IMS  system  stations.  

  The   IMS   shall   facilitate   viewing   of   live   and   recorded   images   and  controlling  of  all  cameras  based  on  authorization  and  user  privileges.  

  The  IMS  shall  facilitate  popup  of  video  on  video  wall  of  Control  Room  and  operator  workstation  upon  alarm  and  rule  based  event  handling.  

  The  IMS  shall  present  the  position  of  the  Security  personnel  who  are  equipped  with  GPS/RFID  locators,  on  a  interactive  map.  

  The  IMS  shall  manage  all  security,  safety  and  any  other  incident  that  may  occur  combining  the  following:  •        2D  and  3D  maps  providing  a  visualization  of  the  site  –  both  indoor  and  outdoor  •        Ability  to  create  and  evaluate  various  simulation  scenarios  utilizing  comprehensive  methodologies  including:blast  effects,  flood  effects,  gas  

Page 20: Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video …kolhapurcorporation.gov.in/pdf/Corrigendum11147.pdf · 2015-07-14 · Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video-SurveillanceProject-Page1-of-27-KolhapurMunicipal)Corporation)

Corrigendum-­‐II  for  KMC  Tender  for  Kolhapur  City  Video  Surveillance  Project  

Page  20  of  27  

propagation  and  crowd  behaviour.  •        Support  real-­‐time  analysis  techniques  

  The  IMS  shall  be  vendor  agnostic  and  have  the  ability  to  interface  with  any  type  of  security,  safety  or  other  systems  including:  •        CCTV  Surveillance  Systems  •        Access  Control  Systems  •        Perimeter  and  Intruder  Detection  Systems  •        Fire,  Smoke,  Water,  Chemical  and  Gunshot  Detection  Systems  •        Mobile  Devices  •        Building  Automation  Systems  including:  Elevators,  Lights  and  HVAC  Systems  

  The  IMS  shall  encompass  the  following  components:  •        IMS  Server  •        IMS  Devices  Server  •        IMS  Database  Server  •        Mouse,  Keyboard  and  Control  Stick  

  System  Requirements     Control  rooms     The  Control  Rooms  should  include  the  following  functional  elements:  

•        Video    Surveillance    that    provides    the    ability    to  control  and  monitor  the  video  streams  and  events  generated.  •        2      dimensional/      3      Dimensional      geo-­‐spatial      GIS  System  that  provides  situational  awareness  of  all  the      sensors    in    the    complex,  the    geographical  location  of  the  alarms  and  the  location  of  security  personnel  in  the  complex.  •        Advanced    Event    Management    that    provides    the  operator/s  with  a  decision  support  tool  to  manage  all  events.  •        Enterprise  Level  situational  awareness  by  gaining  a  high  level  of  status  on  the  remote  sites.  

  The  IMS  shall  support  Multi  operated  workstations  per  Command  &Control  Center.  

  The    IMS    shall    support    different    profiles    per    workstations    and  users.     The      IMS      shall      support      a      multi-­‐site      monitor      and      control  

configuration.     All    IMS    workstations    shall    provide    the    ability    to    monitor    and  control    

all    site’s    CCTV    cameras,    devices    and    legacy    systems,  retrieve  recorded  video  and  images  from  the  NVR/DVR  seamlessly,  using  a  unified  database.  

  The  IMS  shall  integrate  with  access  control  system,  receive  alarms  from    the    access    control    system    and    pop    up    video    from    the  appropriate  cameras  related  to  the  access  control  alarm.  

  The  IMS  shall  integrate  with  perimeter  intrusion  system,  receive  alarms    from    the    perimeter    intrusion    system    and    pop    up    video  from    the  appropriate  cameras  related  to  the  perimeter  intrusion  alarm.  

  Each      control        room        may        have        one        or        More        Operators  simultaneously  using  CCTV  cameras.  Operator  control  on  cameras  shall        be      dependent      on      the      policies      decided      by      The      IMS  Administrator.    The    IMS    shall    provide    different    privileges    and  priorities    configurations    for    monitoring    and    controlling    certain  cameras,  devices  or  systems.  The  administrator  should  be  able  to  configure  the  system,  accordingly.  

  The  IMS  system  shall  allow  overtaking  control  of  local  or  remote  site  system,  from  the  central  command  and  control  station.  

  The  IMS  system  shall  fuse  all  the  information  gathered  from  the  wide  deployment  of  sensors  and  devices  thus  enabling  the  operator  to  be  aware  at  all  times  of  the  events  and  incidents  occurring  under  his/her  responsibility.  

Page 21: Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video …kolhapurcorporation.gov.in/pdf/Corrigendum11147.pdf · 2015-07-14 · Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video-SurveillanceProject-Page1-of-27-KolhapurMunicipal)Corporation)

Corrigendum-­‐II  for  KMC  Tender  for  Kolhapur  City  Video  Surveillance  Project  

Page  21  of  27  

  IMS  System  compatibly     The  IMS  shall  be  vendor  agnostic  and  have  the  ability  to  connect  to  any  

type  of  security,  safety,  facility  management  or  other  systems  including:  •        CCTV  Surveillance  Systems  •        DVR  /  NVR  •        Video  analytics  •        Mobile  Devices  such  as  GPS,  RFID,  PDA  •        BAS      (Building      Automation      Systems)      including:  Elevators,  Lights  and  HVAC  Systems.  •        Legacy  systems.  •        Future  implemented  devices/  systems.  

  2D  /  3D  interactive  GIS  data  support     The  IMS  shall  be  seamlessly  integrated  with  GIS  information.     The  IMS  shall  support  on-­‐demand  GIS  layered  information  (ESRI  standard  

compatible)  display.     The  IMS  shall  support  vector  data.     The  IMS  shall  support  a  display  of  multiple  GIS  information.     The  IMS  shall  support  uploading  new  GIS  layers  to  and  from  the  system.     The  IMS  shall  allow  the  user  to  show  or  hide  selected  layers  on  the  3D  

display.     The  IMS  shall  provide  the  ability  to  define  a  3D  geographical  ZOI  (Zone  Of  

Interest)  and  receive  all  ZOI  GIS  attributes  (attributes  should    take  in  consideration  all  GIS  layers  currently  uploaded  in  the  system).  

  The  IMS  shall  allow  the  user  to  "jump"  to  any  required  location  (address,  facility,  favorite  locations  etc).  

  Layered    Map    —    Ability    to    use    several    layers    to    view    special  situations.  The  ISM  shall  facilitate  addition  of  maps.  

  Smart  CCTV  management     The    IMS    shall    provide    full    integration    with    all    CCTV    cameras  models  

and  brands  (vendor  agnostic).     The  IMS  shall  provide  full  integration  with  all  DVR  /NVR  systems  models  

and  brands  (vendor  agnostic).     The    IMS    shall    provide    full    integration    with    all    video    analytics  models  

and  brands  (vendor  agnostic).     The  IMS  shall  display  each  physical  camera  (and  other  physical  devices)  

at  the  exact  geographical  location  on  the  3D  GIS  display.         The  IMS  shall  provide  the  ability  to  view  live  and  recorded  video  based    

on    authorization    and    privileges    for    pre-­‐defined    users    as  defined  by  the  system  administrator  in  the  system.  

  The  IMS  shall  provide  manual  camera  selection.     The  IMS  shall  support  Rule  based  automatic  camera(s)  selection  and  PTZ  

designation  upon  alert.     The  IMS  shall  allow  a  user  to  select  an  area  on  the  3D  image  and  the  

system  will  automatically  designate  all  relevant  fixed  and  PTZ  camera(s)    covering    that    exact    GIS    point    on    the    map    based    on  geographical  calculations  and  references.  

  The  IMS    shall    have    manual    PTZ    camera    control    based    on    user  priorities.  

  The    IMS      shall      enable      the      operator      to      run      video      playback  instantaneously  while  viewing  real  time  video  of  the  same  channel  on  a  split  screen.  

  The  IMS  shall  have  the  ability  to  freeze  a  video  frame  (snapshot)  from  any  online  live  camera  and  export  to  a  standard  graphic  file  format.  

  The  IMS  shall  have  the  ability  to  record  video  from  any  online  camera  and  export  to  a  standard  video  file  format.  The  IMS  shall  display  current  

Page 22: Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video …kolhapurcorporation.gov.in/pdf/Corrigendum11147.pdf · 2015-07-14 · Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video-SurveillanceProject-Page1-of-27-KolhapurMunicipal)Corporation)

Corrigendum-­‐II  for  KMC  Tender  for  Kolhapur  City  Video  Surveillance  Project  

Page  22  of  27  

sensors  status  (where  supported  by  the  sensors),  and  shall  alert  on  any  faulty  sensors.  

  Remote  devices  operations  -­‐  PDA     The      IMS      Rules      engine      shall      allow      setup      of      any      Boolean  

configuration  of    any    sensor    and  input    to    the    system    to    create  appropriate  system  response  to  alert  and  routine  situations.  

  The  IMS  Rules  engine  shall  support  ascription  of  single/multiple  alerts,  occurrences  and  incidents.  

  The  IMS  Rules  engine  shall  provide  incidents  escalation  mechanism.     Simulations  and  predictions     The  IMS  shall  support  simulations  and  predictions  based  on  smart  

algorithms  display.     The    environment      parameters      which      support      the      predictions  

accuracy  would  be  fed  in  real-­‐time  to  the  IMS  either  manually  or  automatically      (where      environment      sensors      are      available      for  integration).  

      Operational  Modes     Real-­‐time  mode     The  IMS  shall  provide  a  Real-­‐Time  Operating  mode  that  provides  the  

following  features:     Event  management     •  The    IMS    shall    have    the    ability    to    manage    an    unlimited  number  of  

alarms.  •  Events  received  by  the  system  will  cause  the  following:  1.      An    automatic    designation    of    best/all    camera(s)  coverage  for  that  event  geographical  location,  on  the  video  display.  2.      The  sensors  that  detected  the  alarm  will  be  shown  and  highlighted  on  the  3-­‐D  GIS  virtual  display.  •  The  user  should  be  able  to  receive  alarms  and  manage  multiple  alarms  at  the  same  time.  •  The  IMS  will  enable  prioritizing  events  handling  according  to:    severity,  geographic  location  or  event  classification.  The  priority  can  be  changed  manually.  •  The  IMS  should  provide  the  ability  to  group  several  events  to  one  incident.  •  The    IMS    shall    provide    the    ability    to    ascribe    and    group  several  alerts  to  one  incident.  •  The      IMS      should      be      able      to      handle    more      than    one  event/incident  concurrently    with  easy  switch  between  the  events  /  incidents.  •  The      IMS      will      provide      the      operator      all      the      relevant  information  in  regard  to:  event  location  in  the  3-­‐D  GIS  environment    in    order    to    help    in    reaching    the    best  decision  for  the  event  management.  •  The    IMS    shall    provide    security    and    safety    management  personnel  the  ability  to  deploy  security  and  safety  teams  and    resources  to  the  threat  location  and  track  them  at  all  times  utilizing  GPS  or  RFID.  •  Once  operator  accepts  the  event,  the  appropriate  checklist  with    the    rule    based    action    items    to    execute,    would  automatically  pop  up.  

  Routine  management     •  Scheduling  application  (i.e.  MS  Outlook)  –  The  user  would  be  able  to  

schedule  tasks,  activities  and  meetings  giving  each  entity  a  3D  GIS  location,  time  and  attribute.  •  Site  status  –  The  IMS  shall  support  all  infrastructure  and  business  related  status  in  user  define  graphical  display  (e.g.  gages,  graphs,  other).  

     

Page 23: Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video …kolhapurcorporation.gov.in/pdf/Corrigendum11147.pdf · 2015-07-14 · Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video-SurveillanceProject-Page1-of-27-KolhapurMunicipal)Corporation)

Corrigendum-­‐II  for  KMC  Tender  for  Kolhapur  City  Video  Surveillance  Project  

Page  23  of  27  

Annexure  III  -­‐  Specifications  for  Passive  Components    

Outdoor  Junction  Box   Outdoor,  with  Lock,  IP66,  wire  management  (including  OFC  Loop),  fitting  all  the  field  equipment  (Amplifier,  Media  Converter/Switch,  UPS,  Batteries,  Power  Supply,  LIU,  Patch  Panels  etc)  

Camera  Mounting  Poles   Height  -­‐  ~3  m  (usable)  or  as  required;  Successful  bidder  to  provide  the  detailed  drawings  of  approx.  3m  high  Poles  and  specifications  of  the  pole.    

Joint  Closures   24  Port  Joint  Closure  Cylinder  Min.  3  –way  air/water  sealable  with  splice  tray  

24C  OFC   Shall  be  loose  tube  multi-­‐tube  Single  Mode  cable  with  4  tubes  populated  with  6  fibres  cores  The  tubes  shall  have  separate  colors  with  individual  color  coded  fibres  Shall  have  single  strength  member  for  the  aerial  mounting  of  the  cable  The  cable  shall  support  a  distance  upto  ~80  meters  between  two  supports  The  attenuation  loss  per  km  shall  be  0.4  dB  or  lesser.  

OFC  Drop  Cable   4-­‐Core  SM  Aerial  Cable.  Shall  have  single  strength  member  for  the  aerial  mounting  of  the  cable  

CAT-­‐6  Cable   Cat.6,  U/UTP,  AWG23  cable.  100  Ohm  impedance.  Data  transmission  frequencies  of  up  to  450  MHz;  metal-­‐free  ;  flame-­‐retardant;  ISO/IEC  11801  ed.  2.2;  IEC  61156-­‐5  2nd  ed.;  EN  50173-­‐1;  EN  50288-­‐6-­‐1;  TIA  568-­‐C.2;  Fire  rating:  IEC  60332-­‐1  Compliant  

Power  Cable   Fire  Retardant;  PVC  Insulated  Cable;  Single  Core  16  AWG  Copper  Insulated  Flexible  Cable  1100V  IS:695  

Ethernet  Extenders   Should  support  Transmission  Distance  >900m;  Should  transmit  individual  Ethernet  data  channels  with  Passthrough  PoE  over  standard  UTP  cable;  Shall  meet  IEEE  802.3af  standard  for  Power  over  Ethernet;  MTBF  >  100,000  hours;  Operating  Temperature  >55  DegC.  

LIU   LIU  should  be  provided  for  terminating  the  optic  fiber  cables.  It  shall  provide  minimum  bending  radius  and  the  splice  trays  shall  function  as  a  splice  cover  for  pigtail  splicing.  It  shall  be  made  of  aluminum  with  powder  coating  in  compliance  with  latest  industry  standard.  Cable  glands  shall  be  provided  for  secured  anchoring  of  incoming  cables.  Rubber  grommets  shall  be  provided  at  the  cable  entry  point  for  tight  sealing.  The  splice  tray  shall  be  made  of  ABS  materials.  12/6  Port  

Pigtails   SC  Type;  1  M;  Insertion  Loss  <  0.5  db;  Return  Loss>40db;  Bend  Radius>30mm  

Optic  Fiber  Connectors   Optic  fiber  connectors  should  be  single  mode  SC/ST  type  with  push-­‐pull  mechanism  and  fully  in  compliance  with  latest  industry  standard.  Optic  fiber  connectors  should  be  of  standard  make.  

Optic  Fiber  Adaptors   Optic  fiber  adaptors  should  be  suitable  for  single  mode  SC/ST  type  fiber  cable  connectors  and  shall  be  fully  in  compliance  with  latest  industry  standard.  It  shall  be  with  snap/latch  mechanism.  Optic  fiber  adapters  should  be  of  standard  make.  

Optic  Fiber  Patch  Cords   Optic  fiber  patch  cords  should  be  suitable  for  single  mode  SC/ST  type  fiber  cable  connectors  with  plastic  moulded  plug  type  connectors  in  compliance  with  latest  industry  standard.  Optic  fiber  patch  cords  should  be  of  standard  make.  Min.  Return  Loss>50  db  

OF  Testing   The  manufacturer  of  the  cabling  system  shall  provide  optical  fibre  testing  procedures  that  clearly  describe  the  tools  and  settings  to  be  used  to  ensure  correct  measurements  of  the  system.  All  the  OF  links  

Page 24: Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video …kolhapurcorporation.gov.in/pdf/Corrigendum11147.pdf · 2015-07-14 · Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video-SurveillanceProject-Page1-of-27-KolhapurMunicipal)Corporation)

Corrigendum-­‐II  for  KMC  Tender  for  Kolhapur  City  Video  Surveillance  Project  

Page  24  of  27  

have  to  be  tested  and  must  pass  the  acceptance  criteria.    

  Acceptability  criteria  shall  be:  The  measured  attenuation  shall  be  lower  than  the  acceptable  link  attenuation  calculated  (Formula:  Allowable  cable  loss  per  km  x  Km  of  fiber  in  link  +  0.4dB  x  No.  of  connectors  =  Maximum  allowable  loss)  

  Testing  shall  consist  of  a  bi-­‐directional  end  to  end  by  using  either  OTDR  or  Fiber  Cable  Tester.  The  system  loss  measurements  shall  be  provided  at  1310  and  1550  nanometers  for  single  mode  fibers.  

CAT  6  I/O   The  RJ45  connector  shall  be  screened  to  ensure  protection  against  EMI  and  for  Alien  cross-­‐talk  compliance.  It  offers  the  500  MHz  performance  required  to  be  used  to  form  a  100  meters  Class  EA  channel  as  specified  in  ISO/IEC  11801:2002/A1:2008and  EIA/TIA  568  B2-­‐10.  All  outlets  fitted  with  shutters.  

     

Page 25: Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video …kolhapurcorporation.gov.in/pdf/Corrigendum11147.pdf · 2015-07-14 · Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video-SurveillanceProject-Page1-of-27-KolhapurMunicipal)Corporation)

Corrigendum-­‐II  for  KMC  Tender  for  Kolhapur  City  Video  Surveillance  Project  

Page  25  of  27  

Annexure  IV  –  Geo-­‐coordinates  of  Surveillance  Locations    

Sr.No.   Locations   GO  Co-­‐ordinates  (Latitude,  Longitude)  

1   Bhagwa  Chowk   Lat.  -­‐  16°43'49.94"N  Long.  -­‐  74°14'31.96"E  

2   Salokhe  Chowk   Lat.  -­‐  16°40'9.11"N  Long.  -­‐    74°12'49.82"E  

3   Phulewadi  chowk   Lat.  -­‐  16°41'30.92"N  Long.  -­‐    74°11'28.05"E  

4   Dhyanchand  Stadium  Chowk   Lat.  -­‐  16°40'38.87"N  Long.  -­‐    74°13'41.53"E  

5   Subhash  Nagar   Lat.  -­‐  16°40'40.70"N  Long.  -­‐    74°14'14.93"E  

6   Nilam  Park  chowk   Lat.  -­‐  16°40'48.25"N  Long.  -­‐    74°12'48.84"E  

7   R  K  Nagar  Phata   Lat.  -­‐  16°40'28.95"N  Long.  -­‐    74°14'12.08"E  

8   Racecourse  Naka   Lat.  -­‐  16°40'54.68"N  Long.  -­‐    74°13'23.00"E  

9   Timber  Market  Chowk   Lat.  -­‐  16°41'4.25"N  Long.  -­‐    74°13'9.95"E  

10   Nangivali  Chowk   Lat.  -­‐  16°41'9.97"N  Long.  -­‐    74°13'24.60"E  

11   New  College  Chowk   Lat.  -­‐  16°41'23.59"N  Long.  -­‐    74°13'15.43"E  

12   Shalaini  Palace   Lat.  -­‐  16°41'34.75"N  Long.  -­‐    74°12'27.62"E  

13   Yallamma  Temple  Chowk     Lat.  -­‐  16°41'7.75"N  Long.  -­‐    74°13'50.20"E  

14   Udyam  Nagar  Chowk   Lat.  -­‐  16°41'30.96"N  Long.  -­‐    74°14'6.38"E  

15   Gokhale  College  Chowk   Lat.  -­‐  16°41'29.67"N  Long.  -­‐    74°13'53.20"E  

16   Uma  talkies  Chowk   Lat.  -­‐  16°41'48.01"N  Long.  -­‐    74°13'53.20"E  

17   Bagal  Chowk   Lat.  -­‐  16°41'52.58"N  Long.  -­‐    74°14'17.03"E  

18   Shahu  Mill  Chowk   Lat.  -­‐  16°41'47.55"N  Long.  -­‐    74°14'18.15"E  

19   Janata  bazaar  Chowk   Lat.  -­‐  16°41'54.37"N  Long.  -­‐    74°14'31.94"E  

20   Venus  Junction   Lat.  -­‐  16°42'8.69"N  Long.  -­‐    74°13'55.23"E  

21   Crusher  Chowk   Lat.  -­‐  16°40'57.42"N  Long.  -­‐    74°12'51.30"E  

22   New  Vashi  Naka   Lat.  -­‐  16°40'52.47"N  Long.  -­‐    74°12'37.09"E  

23   Binkhambi  Ganesh  Mandir  Chowk  

Lat.  -­‐  16°41'40.29"N  Long.  -­‐    74°13'18.69"E  

24   Mahalaxmi  Chowk-­‐Mahadwar   Lat.  -­‐  16°41'43.48"N  Long.  -­‐    74°13'18.31"E  

25   Papachi  Tikti   Lat.  -­‐  16°41'52.12"N  Long.  -­‐    74°13'19.47"E  

26   Malkar  Tikti   Lat.  -­‐  16°41'53.32"N  Long.  -­‐    74°13'26.94"E  

27   KMC  Junction   Lat.  -­‐  16°41'55.92"N  Long.  -­‐    74°13'27.04"E  

28   Bindu  Chowk   Lat.  -­‐  16°41'45.44"N  Long.  -­‐    74°13'37.91"E  

29   Chanadani  Chowk   Lat.  -­‐  16°41'49.89"N  Long.  -­‐    74°13'46.18"E  

Page 26: Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video …kolhapurcorporation.gov.in/pdf/Corrigendum11147.pdf · 2015-07-14 · Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video-SurveillanceProject-Page1-of-27-KolhapurMunicipal)Corporation)

Corrigendum-­‐II  for  KMC  Tender  for  Kolhapur  City  Video  Surveillance  Project  

Page  26  of  27  

30   Ravivar  Peth  Junction   Lat.  -­‐  16°41'52.12"N  Long.  -­‐    74°13'45.62"E  

31   Aaisaheb  Maharaj  Circle   Lat.  -­‐  16°41'55.82"N  Long.  -­‐    74°13'38.22"E  

32   Ford  Corner  Junction   Lat.  -­‐  16°41'59.73"N  Long.  -­‐    74°13'47.98"E  

33   CPR  Junction   Lat.  -­‐  16°42'10.45"N  Long.  -­‐    74°13'34.91"E  

34   CPR  Area   Lat.  -­‐  16°42'9.34"N  Long.  -­‐    74°13'34.28"E  

35   Toraskar  Chowk   Lat.  -­‐  16°42'13.95"N  Long.  -­‐    74°13'10.61"E  

36   Ch.Shivaji  Bridge  Circle   Lat.  -­‐  16°42'24.44"N  Long.  -­‐    74°13'5.58"E  

37   Ch.Shivaji  Statue  Circle   Lat.  -­‐  16°41'50.60"N  Long.  -­‐    74°13'26.32"E  

38   Mahalaxmi  Chowk-­‐Jotiba  Road  

Lat.  -­‐  16°41'43.56"N  Long.  -­‐    74°13'26.64"E  

39   Mirajkar  Tikti   Lat.  -­‐  16°41'32.97"N  Long.  -­‐    74°13'29.93"E  

40   Collector  Office  Chowk   Lat.  -­‐  16°42'29.64"N  Long.  -­‐    74°13'56.38"E  

41   Mahaveer  College  Chowk   Lat.  -­‐  16°42'42.73"N  Long.  -­‐    74°13'54.97"E  

42   Vivekanand  College   Lat.  -­‐  16°42'44.43"N  Long.  -­‐    74°14'18.70"E  

43   Kawla  Junction   Lat.  -­‐  16°42'24.10"N  Long.  -­‐    74°14'52.92"E  

44   Kiran  Buglow  Chowk   Lat.  -­‐  16°42'36.56"N  Long.  -­‐    74°14'27.06"E  

45   Takala  Chowk   Lat.  -­‐  16°41'58.07"N  Long.  -­‐    74°14'50.06"E  

46   Takala  Bridge   Lat.  -­‐  16°42'2.37"N  Long.  -­‐    74°15'11.48"E  

47   Koyaskar  Chowk   Lat.  -­‐  16°41'56.51"N  Long.  -­‐    74°15'15.10"E  

48   Bus  stand  In   Lat.  -­‐  16°42'14.37"N  Long.  -­‐    74°14'36.07"E  

49   Bus  Stand  Out   Lat.  -­‐  16°42'12.89"N  Long.  -­‐    74°14'33.62"E  

50   Bus  Stand  Junction   Lat.  -­‐  16°42'12.74"N  Long.  -­‐    74°14'31.50"E  

51   Dabholkar  Junction   Lat.  -­‐  16°42'15.73"N  Long.  -­‐    74°14'29.02"E  

52   Railway  Station  In   Lat.  -­‐  16°42'11.93"N  Long.  -­‐    74°14'19.29"E  

53   Railway  Station  out   Lat.  -­‐  16°42'11.29"N  Long.  -­‐    74°14'12.58"E  

54   Dhairyaprasad  Chowk   Lat.  -­‐  16°42'52.10"N  Long.  -­‐    74°14'35.55"E  

55   RTO  Office   Lat.  -­‐  16°42'52.19"N  Long.  -­‐    74°14'27.67"E  

56   CSIBER  Chowk   Lat.  -­‐  16°41'16.73"N  Long.  -­‐    74°15'2.95"E  

57   Rajaram  Chowk   Lat.  -­‐  16°41'8.67"N  Long.  -­‐    74°15'16.37"E  

58   Sarnobatwadi  Chowk   Lat.  -­‐  16°40'51.98"N  Long.  -­‐    74°15'28.15"E  

59   Highway  Canteen  Chowk   Lat.  -­‐  16°40'59.72"N  Long.  -­‐    74°15'27.57"E  

60   Rankala  Chowk   Lat.  -­‐  16°41'39.93"N  Long.  -­‐    74°12'51.77"E  

Page 27: Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video …kolhapurcorporation.gov.in/pdf/Corrigendum11147.pdf · 2015-07-14 · Corrigendum+IIfor-KMC-Tender-for-Kolhapur-City-Video-SurveillanceProject-Page1-of-27-KolhapurMunicipal)Corporation)

Corrigendum-­‐II  for  KMC  Tender  for  Kolhapur  City  Video  Surveillance  Project  

Page  27  of  27  

61   Jawlacha  Ganpati   Lat.  -­‐  16°41'41.02"N  Long.  -­‐    74°12'51.25"E  

62   Shiroli  Toll  Naka   Lat.  -­‐  16°42'27.20"N  Long.  -­‐    74°16'13.98"E  

63   Shiye  Toll  Naka     Lat.  -­‐  16°45'16.33"N  Long.  -­‐    74°15'24.38"E  

64   Shahu  Toll  Naka   Lat.  -­‐  16°39'53.26"N  Long.  -­‐    74°15'51.55"E  

65   SP  Office   Lat.  -­‐  16°43'27.37"N  Long.  -­‐    74°14'20.75"E