REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf ·...

70
REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF INSTALLATION AND MANAGED SERVICES FOR 3264 CASH DISPENSERS IN THE STATE OF RAJASTHAN Index Part 1 Request for Proposal (RFP) page 2 Part 2 Disclaimer page 3 Part 3 Eligibility Criteria page 4 Part 4 Terms and Conditions of Contract (TCC) page 6 Part 5 Scope of Work page 27 Part 6 Technical & Functional Specifications (TFS) page 43 Part 7 Price Bid (Indicative) page 47 Part 8 Other Forms and Annexure page 48 Annexure – 1 Breakup of Bankwise requirement page 69

Transcript of REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf ·...

Page 1: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

           

REQUEST FOR PROPOSAL  FOR OUTSOURCING OF 

INSTALLATION AND MANAGED SERVICES  FOR 3264 CASH DISPENSERS 

IN  THE STATE OF RAJASTHAN 

    

  

  Index   Part 1   ‐ Request for Proposal (RFP)        page   2 Part 2   ‐ Disclaimer            page   3 Part 3   ‐ Eligibility Criteria          page   4 Part 4   ‐ Terms and Conditions of Contract (TCC)    page   6 Part 5   ‐ Scope of Work           page 27 Part 6   ‐ Technical & Functional Specifications (TFS)    page 43 Part 7   ‐ Price Bid (Indicative)          page 47 Part 8   ‐ Other Forms and Annexure        page 48 Annexure – 1     Breakup of Bank‐wise requirement    page 69         

Page 2: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

PART 1: REQUEST FOR PROPOSAL  This Request for Proposal (RFP) is part of an All – India tender for installation of 3264 Cash Dispensers (CDs) for the period upto 31.03.2014 on a totally outsourced model for  the geographical cluster of  the State of RAJASTHAN.This RFP  is being  issued on behalf of all public sector banks. However, Co‐operative banks etc, as may be decided by  the  Consortium managing  the  bid  process  in  the  area, will  also  be  eligible  for availing  the  outsourced  services  at  the  same  rate  subject  to  them  fulfilling  the necessary Regulatory / operational requirements.   1.2  The term “Bank” in this RFP is to be used loosely for the Consortium of Banks consisting of Bank of Baroda, IDBI Bank, and Corporation Bank, issuing this RFP. The selected vendor will have to enter into separate agreement with each of the individual banks placing orders.  1.3  The tender will remain valid for orders placed till 31.03.2015. Individual Banks may  issue  additional  requirement  of  CDs  by  50%,  by  exchange  of  letter  with  the vendor if their rollout is completed within the aforesaid validity period.  1.4  The  rollout  of  the  initial  requirements,  for  2012‐13,  indicated  by  the Banks under this RFP will be phased and the vendors are expected to comply to the following schedule :‐        ‐ At least 25% in the first Quarter after the signing of the Agreement ‐ 40% in the second Quarter ‐ 25% in the third Quarter ‐ the remaining 10% positively by the end of the fourth Quarter.  Any requirements for CDs after the  initial order would have to be  installed and made operational within a period of 3 months, from the date of the order.  1.5   Schedule   

Date of release of New Request for Proposal    12.04.2012   Last Date and Time for Receipt of Bids   04.05.2012 12.00 PM Date & time for opening of Conformity to Eligibility Criteria 

04.05.2012  4.00 PM 

Date & Time of opening of Technical Bids  09.05.2012  12.00 PM  Date & Time for Reverse Auction  Will be advised in due course Contact Person  Mr. P K Bhatnagar               

 DGM (e Business)  Ph 66983071 [email protected] 

12 April 2012 Page 2 of 70

Page 3: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

1.6  Bank  reserves  the  right  to  change  the  dates,  timings mentioned  above  or elsewhere mentioned in the RFP, which will be communicated by placing the same as corrigendum under Tender section on Bank’s web‐site.   PART 2:  DISCLAIMER  a) The information contained in this RFP document or any information provided subsequently to Bidder(s) whether verbally or in documentary form by or on behalf of the Bank,  is provided to the Bidder(s) on the terms and conditions set out  in this RFP document  and  all  other  terms  and  conditions  subject  to which  such  information  is provided.  b) This RFP is neither an agreement nor an offer and is only an invitation by Bank to the  interested parties for submission of bids. The purpose of this RFP  is to provide the Bidder(s) with  information  to assist  the  formulation of  their proposals. This RFP does not  claim  to  contain all  the  information each bidder may  require. Each Bidder should  conduct  its  own  investigations  and  analysis  and  should  check  the  accuracy, reliability and completeness of the information in this RFP and where necessary obtain independent  advice.  Bank makes  no  representation  or warranty  and  shall  incur  no liability under any  law,  statute,  rules or  regulations as  to  the accuracy,  reliability or completeness of this RFP. Bank may in its absolute discretion, but without being under any obligation to do so, update, amend or supplement the information in this RFP.  c) This  is not an offer by the Bank but only an  invitation to bid  in the selection process  initiated by  the Bank. No contractual obligation whatsoever  shall arise  from the RFP process until a formal contract is executed by the duly authorised signatory of the Bank and the Bidder.               

12 April 2012 Page 3 of 70

Page 4: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

PART 3   ELIGIBILITY CRITERIA  

12 April 2012 Page 4 of 70

Sl.No.  Criteria  Documents to be submitted 

1.  Bidder should be a registered company in India under Companies Act 1956 and should have been in operation for at least two years as on date of RFP. 

Copy of the Certificate of Incorporation and Certificate of Commencement of Business. 

2.  Original Equipment Manufacturers of ATMs / their authorized distributors/ agents in India with at least 1000 installations in India as on 31.03.2012, with firmed up arrangements with providers of Managed Services   

OR  Bidders or wholly owning parent company who have experience in Managed and other allied Services and have managed at least 1000 ATMs in India in the last two years.  

OR  Bidders who have experience of managing at least 500 ATMs in India outsourced in the last two years.  (All the CDs proposed to be installed should be manufactured/assembled in India within 6 months from the date of award of tender). 

Supported by documentary evidence and also copies of the Service Contracts wherever entered. (Bidders who have not firmed up arrangements with other vendors / sub‐contractors will not be considered). Letter from the concerned organization confirming successful implementation of ATM project with them to be submitted with following details: 

• Name of the client 

• Number of Locations 

• Type of Model  

• Scope of Project 

• Name of the person who can be referred to from Clients’ side, with Name, Designation, Postal Address, Phone and Fax numbers, E‐Mail Ids, etc.,  (Attach copies of purchase orders) The bank reserves the right to inspect such installations while evaluating the Technical Bid. 

3.  Bidders or the company with whom Bidder have firmed up arrangements for Managed Services must have a Managed Services Centre operational in India and must be performing managed services of ATMs including but not limited to 24 X 7 monitoring, call escalation, FLM, SLM, replacing 

Supported by documentary evidence and also copies of the Service Contracts wherever entered. 

Page 5: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

consumables, housekeeping, EJ pulling, cash forecasting and cash replacement etc. for at least 1000 ATMs as on date of this RFP. 

4.  Bidder or its wholly owning Parent Company should have maintained Positive Net Worth / Net Profit during the last two financial years, i.e. 2009‐10 and 2010‐11. 

Audited Financial statements to be submitted. Self certified copy of financial statement for 2010‐11, if yet to be audited. 

5.  Minimum annual turnover should not be less than Rs. 20 crores in the last financial year as per audited financial statements. 

Audited Financial statements to be submitted. 

6.  Bidder should have a disaster recovery centre and business continuation plan in place. 

Documentary Proof with copy of Plan. 

7.  Bidder should also have internal control and audit measures in place. Audit report from external auditor must be submitted as a proof. 

Copy of latest Audit Report. 

8.  Bidder should not have been blacklisted by any PSU Bank / IBA/RBI during the last five years. 

 

 Note  :  Consortium  of  bidders  may  participate  in  the  tender.  The  leader  of  the Consortium  and  partners  together  should  satisfy  the  Eligibility  Criteria  laid  down. However, the minimum annual turnover of the lead bidder of the consortium should not  be  less  than  Rs.  20  crores  in  the  last  financial  year  as  per  audited  financial statements. Only the Leader of the Consortium would enter into agreement with the bank. The liability for execution of the contract awarded will be with the leader of the Consortium.           

12 April 2012 Page 5 of 70

Page 6: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

PART 4 : TERMS AND CONDITIONS OF CONTRACT   

4.1  Selection of Sites  4.1.1  The CDs are to be rolled out at Urban, Semi‐Urban and Rural locations as per the requirements of each bank. Sites may further be classified based on population.   4.1.2  Site  for Off‐site  CDs  in  areas  desired  by  the  Bank  should  be  finalized  in  its entirety by the vendor. However, the vendor should seek bank’s approval of the  link branch (for cash replenishment purposes), which  in normal course will be advised by the bank within a week.  4.1.3  Site for On‐site CDs would be provided by the respective banks.  4.1.4  If the vendor desires to shift any off‐site CD to other  location, he may do so with  the prior  approval of  the Bank, which,  in normal  course, will not be withheld. However, the bank will not reimburse the shifting charges.  4.1.5  In case, Bank desires to shift the site, it will bear the cost of shifting.  4.2     Period of Contract  4.2.1  The Bidder should commit to provide the outsourced services detailed in this document for a minimum period of 7 years. A certificate to this commitment should form part of the Technical proposal.  

4.2.2  The Banks may take over the CD, UPS, ACs and VSAT at an aggregate value of Rs.  1,000/‐  per  site  plus  taxes  at  the  end  of  the  contract  period.  Taxes  related  to transfer of fixed assets, if any, will be paid by the Bank separately.   4.2.3   In case of the takeover  a) The  Vendor  should maintain  proper  records  at  its  office  for  all  the  assets dedicated to the Bank’s ATM network. The Bank reserves the right to audit such fixed assets register through its internal/external auditors. b) The  site,  for  all  practical  purposes,  belongs  to  the  Bank.  The  vendor will, therefore,  not  transfer  or  sale  or  surrender  or  vacate  the  site  or  enter  into  any contract or order with any other bank/entity for the site without Bank’s permission. The  bank  will  also  have  the  first  right  of  refusal  for  the  site  before  the  vendor discontinues or terminates the agreement with the Bank. 

12 April 2012 Page 6 of 70

Page 7: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

c) Upon  expiry  of  the  contract  period,  the Vendor  should make  all  efforts  in transferring/assigning  the  rights  under  lease/rental  Agreements  executed  between the Vendor and the respective landlords of all off‐site CD locations.  d) Upon  conclusion  of  the  contract  period/termination  of  the  contract,  the Vendor will be responsible to  provide a smooth transition plan including all efforts to transfer/assignment of service contracts  for continuation of services of  (i) caretaker (ii) cash management (iii) Maintenance of ATM, UPS, AC, VSAT and other equipments (iv) Maintenance & Upkeep of ATM Sites etc.  4.3       Bid Document Availability and Cost of Bidding  4.3.1     Bid document availability  The Bidding Document may be obtained from the Bank as under or downloaded from Bank’s Website  www.bankofbaroda.com  and  the  bid  should  be  submitted  on  or before  the due date and  time brought out  in  the bidding document at  the address given below: The Deputy General Manager E Business Department Bank of Baroda Baroda Corporate Centre 7th Floor, Baroda Sun Tower, C- 34 G-Block Bandra Kurla Complex Mumbai 400 051 Phone 0226698 3071 Fax 022 6698 1591  Bidders should note that all the information required by the Bank in RFP needs to be provided. Incomplete information may lead to non‐selection.  4.3.2 Cost of Bidding  A non refundable bid amount of Rs. 50,000/‐ to be paid by means of a demand draft / pay order  favouring  the Bank payable at Mumbai being cost of Bid document. The amount will  not  be  refunded  to  any  prospective  bidder  under  any  circumstances including  cancellation  of  RFP  or  procurement  process  at  any  stage.  If  bid  is downloaded  from website,  the  cost of  the bid may be paid  in a  separate envelope while  submitting  the Bid. Bids  are  liable  to be  rejected  if  the Bid Amount demand draft / pay order is not received.  The Bidder shall bear all costs associated with the preparation and submission of  its Bid and the Bank will in no case be responsible or liable for these costs, regardless of the conduct or outcome of the Bidding process. 

12 April 2012 Page 7 of 70

Page 8: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

4.4      Format and Signing of Bid  4.4.1    Each bid shall be submitted in the following 3 (three) parts : a. Part I   ‐ Conformity to Eligibility Criteria b. Part II  ‐ Technical Proposal c. Part III ‐ Price Bid (Indicative)  The three parts should be in three separate covers, each superscribed with the name of the Project as well as “Conformity to Eligibility Criteria”, “Technical Proposal” and “Price Bid” as the case may be.  4.4.2  The Bid shall be typed or written  in  indelible  ink and shall be signed by the Bidder or a person or persons duly authorized to bind the Bidder to the Contract. The person or persons  signing  the Bids  shall  initial all pages of  the Bids, except  for un‐amended printed literature.  4.4.3     Any  inter‐lineation,  erasures  or  overwriting  shall  be  valid  only  if  they  are initialled by the person signing the Bids. The Bank reserves the right to reject bids not conforming to above  4.5     Documents Comprising the Bid  4.5.1  The  envelope  containing  the  “Conformity  to  Eligibility  Criteria”  should contain the following: a. Point‐wise compliance to the requirements as mentioned in Eligibility Criteria in Part – 3 of this RFP. b. All supportive documents evidencing conformity to each eligibility criteria. c. The Demand Draft / Pay Order of Rs. 50000/‐ payable at Mumbai being cost of bid amount in terms of clause 4.3.2 of the RFP.  4.5.2   Envelope comprising the Technical Proposal should contain the following :  a.  Vendor Organization Details as per Format 8.3 b. Conformity  to compliance of Broad Scope of Work mentioned  in Part 5    (in Format 8.8 ‐ Please ensure to cover all sub‐clauses in compliance chart) c. Conformity  to  compliance  of  Eligibility  Criteria mentioned  in  Part  3    (  in Format 8.2 ‐ Please ensure to cover all sub‐clauses in compliance chart)  d.  Conformity  to  compliance  of  Technical  and  Functional  Specifications  (TFS)  mentioned  in  Part  6  (in  Format  8.10  ‐  Please  ensure  to  cover  all  sub‐clauses  in compliance chart)  e. Offer Letter as per Format 8.1 and duly signed by the Bidder.   f. Non‐Disclosure Agreement as per Format 8.6 

12 April 2012 Page 8 of 70

Page 9: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

g. Bid Security deposit (refundable) of Rs. 1.00 crore (Rupees one crore only).  h. Manufacturer’s Authorization form as per Format 8.9 wherever applicable i. Format 8.5 regarding Service Support Details during contract period. j. A  full description of the Technical Solution and  its compliance which should provide  an  acceptable  solution  as  described  in  PART  6  Technical  &  Functional Specifications in the form of literature, drawing and data  While  submitting  the  Technical  Bid,  literature  on  the  software  /  hardware  if  any, should be segregated and kept together in one section / lot. The other papers like Bid Security, Forms as mentioned above etc., should form the main section and should be submitted  in  one  lot,  separate  from  the  section  containing  literature  and  annual accounts.                  Any  Technical  Proposal  not  containing  the  above  will  be  rejected.  The  Technical Proposal should not contain any price information, such proposal will be rejected.  4.5.3      Documents  comprising  Price  Bid  Envelope  should  be  prepared  as  per  the Format in Part 7 as furnished in the Bidding documents duly signed by the Bidder and completed. Price bids containing any deviations or similar clauses will be summarily rejected.  4.5.4   The Bidder  shall  submit all  three  (Conformity  to Eligibility Criteria, Technical Proposal  and  Price  Bid)  Envelopes  simultaneously  to  the  Bank  at  the  address  given above in Clause 4.3.1. Bids are liable to be rejected if only one (i.e. Technical Proposal or Price   Proposal) is received.   4.5.5  Please  note  to  submit  the  non  refundable  bid  amount  of  Rs.  50,000/‐  by means of a demand draft/pay order in a separate envelope while submitting the Bid. Bids are liable to be rejected if the same is not received.  4.6    Content of Bidding Document  4.6.1  The  products  required,  Bidding  procedures,  and  contract  terms  are prescribed in the Bidding Documents. The Bidding Documents include:    Part 1   ‐ Request for Proposal (RFP)   Part 2   ‐ Disclaimer   Part 3   ‐ Eligibility Criteria   Part 4   ‐ Terms and Conditions of Contract (TCC)   Part 5   ‐ Scope of Work for CD outsourcing services   Part 6   ‐ Technical & Functional Specifications (TFS)    Part 7   ‐ Price Bid (Indicative) 

12 April 2012 Page 9 of 70

Page 10: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

  Part 8   ‐ Other Forms and Annexure  4.6.2 The  bidder  is  expected  to  examine  all  instructions,  forms,  terms  and specifications in the RFP. Failure to furnish all information required or to submit a Bid not  substantially  responsive  to  the  in every  respect will be at  the Bidder’s  risk and may result in the rejection of the Bid.   4.7       Amendment of Bidding Document  4.7.1  At any  time prior  to  the deadline  for  submission of Bids,  the Bank,  for any reason, whether, at  its own  initiative or  in response to a clarification requested by a prospective Bidder, may modify the Bidding Document, by amendment.  4.7.2  Notification of amendments will be put up on the Bank’s Website and will be binding on all Bidders.  4.7.3  In order to allow prospective Bidders reasonable time in which to take the amendment  into  account  in  preparing  their  Bids,  the  Bank,  at  its  discretion, may extend  the  deadline  for  a  reasonable  period  as  decided  by  the  Bank  for  the submission of Bids.  4.8 Bid Prices    4.8.1    The  prices  indicated  in  the  Price  Schedule  shall  be  entered  in  the  following manner: a) The  total  price  quoted  should  be  inclusive  of  applicable  taxes,  duties,  levies, charges,  Road  Entry  Tax,  Octroi  etc.,  as  also  cost  of  incidental  services  such  as transportation,  insurance etc. but exclusive of Service Tax   payable  to Government Authorities.   b) Price quoted  in the Price Schedule as per the Format  in Part 7 shall be valid for a minimum  period  of  Contract  Period  (i.e.  7  years)  from  the  date  of  signing  of  the Contract by the Vendor for the respective Bank.  4.8.2.  Prices quoted by the Bidder shall be fixed during the period of the Contract and  shall  not  be  subject  to  variation  on  any  account,  including  exchange  rate fluctuations,  changes  in  taxes,  duties,  levies,  charges  etc. A  Bid  submitted with  an adjustable price quotation will be treated as non‐responsive and will be rejected.  In case  of  any  new  tax  on  the  services  rendered  by  the  vendor  being  introduced subsequently, the cost will be borne by the Bank.  

12 April 2012 Page 10 of 70

Page 11: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

4.9      Bid Currency  Bids are to be quoted in Indian Rupees only. 4.10  Bid Security   4.10.1    The Bid Security amount is Rs. 1.00 crore (Rs. One crore only). 4.10.2  The Bidder shall  furnish, as part of  its Bid, a Bid security amounting  to Rs. 1.00 crore (Format 8.13). The Bid security is required to protect the Bank against the risk of Bidder’s conduct, which would warrant the security’s forfeiture.  4.10.3   The Bid  security  shall be  denominated  in  Indian Rupees  and  shall  be  the form of a Bank guarantee  issued by another Public  Sector  / Private  Sector Bank  in India, acceptable  to  the Bank,  in  the  form as per  Format 8.13 provided  in  the Bid, valid for forty‐five (45) days beyond the validity of the Bid.                4.10.4   Any  Bid  not  secured,  as  above,  will  be  rejected  by  the  Bank,  as  non‐responsive.  4.10.5   Unsuccessful bidders’ Bid Security will be discharged or returned as promptly as possible, but not later than sixty (60) days after the expiration of the period of Bid validity. 4.10.6  The successful Bidder’s Bid security will be discharged upon the Bidder signing the Contract as per Format 8.10 and  furnishing  the Bank Guarantee as per Format 8.11. 4.10.7    The Bid security may be forfeited: a) if a Bidder withdraws or amends  its Bid during the period of Bid validity specified by the  Bidder on the Bid Form;  or b) if  a  Bidder makes  any  statement  or  encloses  any  form  which  turns  out  to  be false/incorrect at any time prior to signing of Contract;  or  c) in the case of a successful  Bidder, if the  Bidder fails; (i) to sign the Contract; or (ii) to furnish Bank Guarantee,   4.11   Period of Validity of Bids  4.11.1  Bids shall remain valid  for 180 days  from the date of opening of the Bid.   A Bid valid for a shorter period may be rejected by the Bank as non‐responsive. 4.11.2   In  exceptional  circumstances,  the  Bank may  seek  the  Bidders’  consent  for extension of  the period of validity. The  request and  the  responses  thereto  shall be made  in writing. The Bid security provided shall also be suitably extended. A   Bidder may refuse the request without forfeiting its Bid security.  

12 April 2012 Page 11 of 70

Page 12: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

 4.12  Sealing and Marking of Bids  4.12.1   The  Bidders’  shall  seal  one  envelope  each  of  “Conformity  to  Eligibility Criteria”, “Technical Bid” and “Price Bid” and  the  three envelopes shall be enclosed and sealed  in one outer envelope. The Bidder should additionally submit soft copies of  the Technical Bid documents &  Specifications  in  the  form of CD  separately. The inner and outer envelopes shall bear the Project Name as under:             For  Conformity  to  Eligibility  Criteria  :  "Installation  of  3264  CDs  in  RAJASTHAN  Eligibility Criteria Ref: RFP dated  12.04.2012”    For Technical Bid  :   "  Installation of 3264 CDs  in RAJASTHAN   Technical Bid Criteria Ref: RFP dated 12.04.2012”  The Technical Bid should contain following (separately for each geographical area): a. Offer Letter as per Format 8.1 b. Non‐Disclosure agreement 8.6 c. BG / Demand Draft for Bid Security for amount of Rs.1.00 crore.  d. Bidder Organisation details as per  format 8.3 along with enclosures  for  the information requested therein. e. Track Record of past operations as per Format 8.4. f. Technical Specification of CDs as per Part‐ 6 of this RFP. g. Certificate of Single Point Responsibility  for all Sub‐contracts  for  installation of CDS and Managed Services (Format 8.7). h. Undertaking of Scope of Work (Format 8.8) i. Manufacturer’s Authorisation (Form 8.9) j. Any other document for the information required as per the terms of RFP.  For Price Bid :   Installation of 3264 CDs in RAJASTHAN Price Bid (Indicative)  Ref: RFP dated 12.04.2012”  4.12.2  If  the outer envelope  is not  sealed and marked,  the Bank will assume no responsibility for the Bid’s misplacement or premature opening.  4.13  Deadline for Submission of Bids  4.13.1   Bids should be received by the Bank at the address specified, no later than the  date  and  time  specified  in  the  Invitation  to  Bid.  Any  Bid  received  after  the deadline for submission of Bids prescribed, will be rejected and returned unopened to the Bidder. 

12 April 2012 Page 12 of 70

Page 13: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

 4.13.2   The Bank may, at  its discretion, extend this deadline for the submission of Bids by amending the Bid Documents, in which case, all rights and obligations of the Bank and Bidders previously subject to the deadline will thereafter be subject to the deadline as extended.  4.14   Opening of Technical Bid    4.14.1  Technical Bids will be opened  in the presence of authorized representatives of the bidders.  4.14.2   The Bidders’ names, withdrawals and  the presence or absence of  requisite Bid  Security  and  such  other  details  as  the  Bank,  at  its  discretion,  may  consider appropriate, will be announced at the time of Technical Bid opening. No bid shall be rejected at bid opening, except for late bids, which shall be returned unopened to the Bidder.  4.15   Preliminary Examination   4.15.1   The  Bank will  examine  the  Bids  to  determine whether  they  are  complete, required  formats  have  been  furnished,  the  documents  have  been  properly  signed, and the Bids are generally in order.   4.15.2   The Bank may, at its discretion, waive any minor infirmity, non‐conformity, or irregularity in a Bid, which does not constitute a material deviation.  4.15.3  The  Bank will  first  examine whether  the  Bid  and  the  Bidder  is  eligible  in terms of Part 3 – Eligibility Criteria.  4.15.4    Prior to technical evaluation, the Bank will determine the responsiveness of each Bid to the Bidding Document. For purposes of these Clauses, a responsive Bid is one, which conforms to all the terms and conditions of the Bidding Document without material  deviations.  Deviations  from,  or  objections  or  reservations  to  critical provisions,  such as  those  concerning Bid Security, Applicable  Law, Bank Guarantee, Eligibility Criteria, Insurance, AMC and Force Majeure will be deemed to be a material deviation.  4.15.5  The  Bank’s  determination  of  a  Bid’s  responsiveness  will  be  based  on  the contents of the Bid itself, without recourse to extrinsic evidence.   4.15.6  If  a  Bid  is  not  responsive,  it  will  be  rejected  by  the  Bank  and  may  not subsequently be made responsive by the Bidder by correction of the non‐conformity.  

12 April 2012 Page 13 of 70

Page 14: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

 4.16  Technical Evaluation  4.16.1   Bids of only those Bidders who have been  found to be  in conformity of the eligibility terms and conditions during the preliminary evaluation would be taken up by  the  Bank  for  further  detailed  evaluation.  The  Bidders  who  do  not  meet  the eligibility criteria and all  terms during preliminary examination will not be  taken up for further evaluation. 4.16.2  The  Bank  may  use  the  services  of  external  consultants  for  technical    evaluation.  4.16.3  The Bank  reserves  the  right  to evaluate  the bids on  technical &  functional parameters  including visit  to  inspect  live  site/s of  the bidder and witness demos of the system and verify  functionalities, response times, etc. The  technical bids will be evaluated inter alia on the basis of the following key criteria:  a) Certifications for the CD from the Vendor of the Banks’ ATM Switches.  b) Ability of the proposed CDs to meet functional requirements outlined in this document.  c) Compliance with technical specifications laid down in the RFP. d) Bidder /subcontractor's support facilities. e) Project management capabilities of the Bidder. f) Project management capabilities of the subcontractors, agents and partners of the Bidder. g) Bidder  and  his  subcontractor's  experience  /  expertise with  respect  to  the scope of work laid down in the RFP. h) Availability of Managed Services Centre with a DR setup owned by the Bidder / sub‐contractor and its capacity to take additional ATMs.  4.16.4  Bidders who fulfil all qualifications mentioned in Part 3 of Eligibility Criteria of this RFP are eligible to participate in this tender process.  4.16.5  Bank  will  evaluate  the  technical  and  functional  specification  of  all  the   equipments quoted by the Bidder. 4.16.6  Bank  reserves  the  right  to  waive  any  of  the  Technical  and  Functional Specification  during  technical  evaluation  if  in  the  Bank’s Opinion  it  is  found  to  be minor/deviation or acceptable deviation. 4.16.7  During evaluation of the Bids, the Bank at its discretion may ask a bidder for clarification  of  its  bid.    The  request  for  clarification  and  the  response  shall  be  in writing, and no change in the price or substance of the bid shall be sought, offered or permitted. 4.16.8  Bidders  may  be  called  to  give  presentation  of  their  solutions  with  its capabilities  at  their  own  cost,  which  will  be  taken  into  account  for  technical evaluation of the Bidders.  

12 April 2012 Page 14 of 70

Page 15: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

 4.17  Reverse Auction  4.17.1  Price bids submitted by only those Bidders whose bids are evaluated by the Bank as technically responsive will be opened. The commercial bids of all bidders not found eligible as per the requirements of this RFP will be returned to them unopened against acknowledgement.  4.17.2  The Reverse Auction process of bidding will be followed. Only the technically qualified  bidders will  be  asked  to participate  in  the  reverse Auction, which will  be conducted  for  this purpose. The business  rules,  term and conditions of  the Reverse Auction process will be provided to the selected bidders in due course.  4.17.3 The L‐1 bidder will be determined on the basis of the  lowest price quoted  in the Reverse Auction.  4.18  Contacting the Bank  4.18.1 No Bidder  shall contact  the Bank on any matter  relating  to  its Bid,  from  the time of opening of Price Bid to the time the Contract is awarded.  4.18.2   Any effort by a Bidder to influence the Bank in its decisions on Bid evaluation, Bid  comparison  or  contract  award may  result  in  the  rejection  of  the  Bidder’s  Bid, including forfeiture of the Bid Money.  4.19  Award of Contract Criteria  4.19.1  The  Bank will  award  the  Contract  to  the  successful  Bidder who  has  been determined to qualify to perform the Contract satisfactorily, and whose Bid has been determined to be responsive, and is the lowest price bid in the Reverse Auction.  4.19.2 No vendor can have more than 7 successful Bids across the country.  4.20  Bank’s right To Accept Any Bid and to reject any or All Bids  4.20.1  The Bank reserves the right to accept or reject any Bid /offer received in part or  in  full, and  to cancel  the Bidding process and  reject all Bids at any  time prior  to contract of award, without thereby incurring any liability to the affected or Bidder or Bidders or any obligation to inform the affected Bidder or Bidders of the grounds for the Bank’s action. 4.20.2 Banks reserves the right to reject any Bid on security and other considerations without assigning any reason.  12 April 2012 Page 15 of 70

Page 16: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

 4.20.3   Bank reserves the right to cancel the entire Bidding/procurement process at any stage without assigning any reason whatsoever.   4.21   Notification of Award  4.21.1  Prior  to  expiration  of  the  period  of  Bid  validity,  the  Bank  will  notify  the successful Bidder/s in writing or by e‐mail, that its Bid has been accepted.  4.21.2   The notification of award will constitute the formation of the Contract.  4.21.3   Upon notification of award  to  the  L1 Bidder,  the Bank will promptly notify each unsuccessful Bidder and will discharge its Bid security.  4.21.4  After  identification of  L1 Bidder  / multiple Bidders, each participating Bank will follow its internal procedure for necessary approvals and thereafter proceed with notification of award to L1 / Multiple Bidders as the case may be.   4.21.5 If the bidder is already L1 vendor in 7 Bids / Geographical clusters, he will not be notified as successful in further Bids / geographical clusters.  4.22  Order  The order will be placed exclusively with the L‐1 bidder.  In case the Bank decides to terminate  the contract  (please refer  to clause 4.38),  the entire / unexecuted part of Purchase Order will be offered to the L‐2 bidder provided the L‐2 bidder  is willing to match the L‐1 price. If, however, the L‐2 bidder  is not willing to match the L‐1 price, the order will be cancelled and fresh tender floated by the Bank.   4.23  Signing of Contract  4.23.1  At the same time as the Bank notifies the successful Bidder that  its’ Bid has been accepted, the Bank will send the Bidder the Contract Form as per Format 8.10.   4.23.2   Within  15  days  from  the  date  of  receipt  of  the  Form  of  contract,  the successful Bidder shall sign and date the Contract and return it to the Bank.  4.24  Bank Guarantee  4.24.1  The selected vendor will be required to submit to each participating bank a Bank  Guarantee  for  an  amount  calculated  @  Rs.10000/‐  per  CD  for  the  entire contract period  in  the  required  format within  21 days  from  the Date of  receipt of  12 April 2012 Page 16 of 70

Page 17: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

notification of Contract. The Guarantee will be discharged by the bank on satisfactory completion of the vendor’s obligations.  4.24.2  The  proceeds  of  the  Bank  Guarantee  shall  be  payable  to  the  Bank  as compensation  for  any  loss  resulting  from  the  Vendor’s  failure  to  complete  its obligations under the Contract.  4.24.3  The Bank Guarantee  shall be denominated  in  Indian Rupees and  shall be issued by  a  Scheduled Commercial Bank  in  India  (other  than  the  concerned bank), acceptable to the Bank in the Format 8.11.  4.24.4  Failure of the successful Bidder to sign the contract and return it to the Bank within 21 days from the date of award of contract shall constitute sufficient grounds for the annulment of the award and forfeiture of the Bid security.    4.25  Publicity  Any publicity by the Vendor in which the name of the Bank is to be used will be done only with the explicit written permission of the Bank.  4.26  Advertisement The  Bank  will  have  full  advertising  rites  at  all  sites  which  shall  contain  publicity material of  the Bank only  and display  important  information  to  the  customers. No third party advertising including that of Vendor shall be allowed at ATM sites. 4.27  Insurance It  is the sole responsibility of the Vendor to obtaining adequate  insurance cover  for the CDs and accessories, UPS, AC and other  infrastructure deployed, Cash  in transit, Cash  in  the  CDs  and Cash  held  in Vault  of  the  CMA.  The Vendor  is  responsible  to reimburse  the Bank  the  loss of Cash  in  transit,  cash held  in Vault of CMA without waiting for settlement of Insurance claim.  4.28  Service Level Agreement The  selected  Vendor  shall  enter  into  Service  Level  Agreement,  containing  all  the Terms  and  Conditions  of  this  tender  including  confidentiality,  non‐disclosure  and penalty clauses, with the Bank for a period of 7 years from the date of signing of the Contract.  4.29  Use of Contract Documents and Information  4.29.1  The Vendor shall not, without the Bank’s prior written consent, disclose the Contract,  or  any  provision  thereof,  or  any  specification,  plan,  drawing,  pattern, 

12 April 2012 Page 17 of 70

Page 18: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

sample or information furnished by or on behalf of the Bank in connection therewith, to any person other than a person employed by the Vendor in the performance of the Contract. Disclosure  to any such employed person shall be made  in confidence and shall extend only as far as may be necessary for purposes of such performance.  4.29.2  The Vendor shall not, without the Bank’s prior written consent, make use of any document or information for purposes of performing the Contract.  4.29.3  Any document, other  than  the Contract  itself,  shall  remain  the property of the  Bank  and  shall  be  returned  (in  all  copies)  to  the  Bank  on  completion  of  the Vendor’s performance under the Contract, if so required by the Bank. 4.29.4 The successful Bidders shall submit a non‐disclosure agreement as per Format 8.6 on non‐judicial stamp paper of appropriate value before signing the contract.  4.30  Patent Rights  In  the  event  of  any  claim  asserted  by  a  third  party  of  infringement  of  copyright, patent, trademark, industrial design rights, etc., arising from the use of the Goods or any part thereof in India, the Vendor shall act expeditiously to extinguish such claim. If the Vendor fails to comply and the Bank is required to pay compensation to a third party  resulting  from  such  infringement,  the  Vendor  shall  be  responsible  for  the compensation  to  claimant  including  all  expenses,  court  costs  and  lawyer  fees.  The Bank will give notice  to  the Vendor of  such  claim,  if  it  is made, without delay. The Vendor shall indemnify the Bank against all third party claims.  4.31  Inspection   4.31.1        The  Bank  reserves  the  right  to  carry  out  inspection  by  a  team  of  Bank officials,  of  any  of  the  existing  live  installations  of  the  Vendor  referred  to  in  the Technical  Bid  or  demand  a  demonstration  of  the  solution  proposed  on  a representative model in bidder’s office.  4.31.2      Nothing  stated  hereinabove  shall  in  any  way  release  the  Vendor  any obligations under this contract. 4.32  Uptime Calculation  4.32.1  Uptime  is  calculated  as  accessibility  /  availability  of  the  CDs  for  all  types of transactions  (list of  transactions mentioned  in  technical specifications) supported on the CD. Availability should be  for the end customer and the customer should be able to perform all transactions (financial & non‐financial) that are supported on the 

12 April 2012 Page 18 of 70

Page 19: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

CD  including  generation of  the  receipt on  completion of  transaction, dispensing of cash of all denomination for which ATM is configured.   4.32.2  Availability of ATM Delivery Channel is of critical importance to the bank and therefore, it requires uptime availability, as detailed below, for each CD for a calendar month (excluding the month in which the CD is installed):   4.32.3  The vendor will maintain a minimum uptime for CDs as detailed below: 

• Urban centres (where overnight vaulting facility [OVF] is available)    ‐ 97% 

• Urban centres (where OVF is not available)                ‐ 96% 

• Semi‐urban & Rural centres                    ‐ 95%  4.32.4  For  the purpose of calculation of Uptime,  the Bank will  treat CD as “Up”  if successful  transactions  are  taking place  reported  in ATM  Switch  including business declines on cash withdrawals such as  insufficient balance and wrong PIN entries but excluding suspected transactions.    4.32.5   Successful Transactions  i. The Transaction will be  treated as Successful,  in  case of  transaction hitting the  Switch  but  Cash  dispensation/acceptance  failure  causes  due  to  the  reasons attributable to the Bank.  ii. The Transaction will be treated as Unsuccessful in case of transaction hitting the  Switch  but  Cash  dispensation/acceptance  failure  causes  due  to  the  reasons attributable to the Vendor.  iii. A non financial transaction will be treated as successful only in case of hitting the transaction at Switch.  4.32.6  The following will be Standard Exclusions while calculating availability:   i. A  maximum  of  10  hours  per  month  for  performance  of  Supervisory  duties  and Preventive Maintenance. This includes the time spend for cash loading at the ATMs.   

ii. Actual downtime due to Cash Out on account of non‐supply of cash by the Bank.  iii. Actual downtime on account of ATM Switch downtime  iv. Force Majeure cases  v. Non availability of connectivity for onsite ATMs vi. Core Banking Solution Host outages  vii. Rural CDs going down between 9 pm to 7 am viii. Any other cause attributable to Bank’s infrastructure ix. Downtime during night hours for rural sites.  

12 April 2012 Page 19 of 70

Page 20: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

For example,  if the month has 30 days  i.e. 720 hours, 10 hours will be deducted for Supervisory Time, cash  loading and Preventive Maintenance  (assuming  that  there  is zero downtime on account of non‐supply of cash and the non‐operation of Switch). Of the  remaining  710  hours,  the  bidder  has  to  ensure  that  the  downtime  does  not exceed the  limits specified  in Clause 4.32.3 above. However,  in case of Rural CDs, as availability may  be  restricted  to  14  hrs  per  day  as  detailed  in  item  4.32.6.vii,  an additional exclusion of 10 hrs per day (for 14 hrs per day, e.g. 06 am to 08 pm) will also be reckoned at the time of calculation of uptime.    4.32.7  Penalties  For  failure  to ensure minimum availability per CD  calculated on monthly basis,  the penalty will be levied as under:    Availability  Urban with OVF  Urban without OVF  Semi‐Urban & Rural 

below 97%  3%     

below 96%  5%  3%   

below 95%  7%  5%  3% 

below 94%  10%  7%  5% 

below 93%  12%  10%  7% 

below 92%  15%  12%  10% 

below 91%  17%  15%  12% 

below 90%  20%  17%  15% 

 

For example,  if the monthly bill  for a particular CD  in an Urban area with Overnight Vaulting Facility is Rs.20,000/‐ and the availability of the machine is 92.67%, it incurs a penalty  to 12%. Accordingly, 12% of Rs.20000/‐,  i.e. Rs.2400/‐, will be deducted  for this particular bill.  4.32.8   The vendor will be eligible for relaxation in penalty during the initial period of 6 month of installation of CD.  The penalty during this period will be levied as under:  

(i) For first 3 months‐ NIL (ii) From fourth to sixth month‐ 50% of the applicable penalty. (iii) Seventh month onwards‐ Full penalty. 4.32.9  Other Penalties a. The Vendor shall be charged penalty for Cash outs in any CD due to his lapse at the rate of Rs. 1,000/‐ per instance, per day. There will be no exclusions (other than standard  exclusions)  in  this  regard.  However,  for  single  currency  cash  out  /  one cassette  cash  out  the  CD  may  not  be  treated  as  Cash  Out  for  the  purpose  of calculation of Penalty. This penalty will be concurrent with other penalties and  the vendor will be required to pay only the amount which is higher. 

12 April 2012 Page 20 of 70

Page 21: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

 b. Whenever the vendor is required to produce DVSS images in case of disputed transactions but is unable to do so for any reason, the vendor will be liable to pay the disputed amount.  c. In  case  of  Preventive Maintenance  not  being  carried  out  once  in  quarter and/or  Pest  Control/Anti‐rodent measures  not  being  carried  out  once  in  a  year,  a penalty of Rs. 500/‐ per instance per site will be levied.  d. The Vendor will ensure  to  respond  to Maintenance Service  calls within  the response times as set out below: i. For severe defects resulting in CD being completely non‐operational  

• Within 2 hours within municipal city limit 

• Within 4 hours beyond municipal city limits but upto 30 kms 

• Within 6 hours beyond 30 km of the municipal limits  ii. For operational defects in CDs which are still functional and usable 

• Within 4 hours within municipal city limit 

• Within 6 hours beyond municipal city limits but upto 30 kms 

• Within 8 hours beyond 30 km of the municipal limits  iii. For failures which are not critical 

• Within 1 day within municipal city limit 

• Within 2 days beyond municipal city limits but upto 100 kms 

• Within 4 days beyond 100 kms of the municipal limits                           e. The Vendor will be  given  compensation/credit  in  the event of ATM  Switch downtime of beyond 1 hour per month. The compensation/credit will be calculated pro rata based on the no. of daily average transactions of previous month for which invoice is raised by the Vendor.  4.32.10   For each of the downtime, there should be a base data, which captures the date and time of non‐availability (the start date and time and also end date and time for each non‐available reason). Reports should be generated automatically from the data  based  on  scheduled  tool.  In  cases  of  disputes  on  uptime,  Bank will  share  its downtime details and Bank’s decision will be final.  4.32.11  The  available  time  for CDs  in Rural  areas may be  restricted  to 14 hrs  (e.g. between 6 am  to 8 pm) as per geographical conditions of  the cluster/ area   as per requirement of the Bank. (Bank has to specify exact timings).     

12 April 2012 Page 21 of 70

Page 22: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

4.33   Operationalising the Services  4.33.1  The  Vendor  shall  be  responsible  for  operationalising  all  the  services stipulated under this RFP within 2 months  from the date of placement of purchase order. The Vendor  shall operationalise  the CDs  in a phased manner  in consultation with the Bank.   4.33.2  Any delay in implementation / operationalisation beyond the target date will attract a penalty of Rs. 2,000/‐ per day per CD for number of days of delay.   4.33.3  The CD will be commissioned after the successful testing of the following On‐Us/Off‐Us  transactions  along  with  successful  functioning  of  the  DVSS:  (i)  Cash Withdrawal, (ii) PIN change, (iii) Balance Enquiry.  4.33.4 The vendor is required to supply the CDs with the specifications as detailed in the  Part  6  of  this RFP.   However,  if  all  specifications  are not  readily  available,  the vendor may   i. Roll  out  CDs with UL‐291  compliant  safes, which must  be UL‐291  certified within 6 months from the date of awarding the contract ii. Roll out CDs with 2 currency cassettes in rural area which must be upgraded to 4 cassettes within 6 months from the date of awarding the contract.   The bank will, however,  levy a penalty @ Rs.1000/‐ per month per CD for default of each of the above stipulations separately, e.g. If CDs are rolled out without these two requirements, the vendor will be  liable for a penalty of Rs.2000/‐ per CD per month from the 6th month onwards for the default for (i) and (ii).   There  may  be  such  vendors  who  fail  to  adhere  to  such  stipulations  beyond  the stipulated period. All such vendors will be debarred from future contracts. 4.34  Termination of Contract  4.34.1 The Consortium of banks reserves the right to cancel the entire / unexecuted part of Purchase Order at any  time by without assigning appropriate reasons  in  the event of one or more of the following conditions:  a) Non‐satisfactory  performance  of  the  Vendor  during  implementation  and operation.  b) Failure to  integrate /  implement the project as per the requirements of the Bank.  c) Serious discrepancies noted in the implementation of the project. d) Breaches in the terms and conditions of the Order.  

12 April 2012 Page 22 of 70

Page 23: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

e) The  average  availability  in  three  consecutive months  of  all  the  CDs  taken together is less than 90%. f) The  vendor  or  his  contractors  are  found  to  be  indulging  in  unfair practices/committing frauds. g) The general maintenance of the sites and equipment is poor and there is no improvement despite bringing it to the notice of the vendor. h) The  vendor  repeatedly  defaults  in  payments  of  site  rent,  electricity  and communication bills, statutory dues, other subcontractors, etc. i) The Bank suffers a reputation loss on account of any activity of the vendor. j) The vendor becomes bankrupt /  insolvent.  In this event, termination will be without  compensation  to  the  Bidder,  provided  that  such  termination  will  not prejudice or  affect  any  right of  action or  remedy which has  accrued or will  accrue thereafter to the Bank.  4.34.2   In addition to the cancellation of purchase order, the Bank reserves  its right to invoke the Bank Guarantee given by the bidder. 4.34.3  In case of breach of contract on part of the Vendor or the Bank, the affected party  shall  serve  notice  of  breach  on  the  other  party.  The  party  committing  the breach shall, within 90 days of service of such notice take adequate steps to remedy the breach, failing which the affected party may enforce performance  in accordance with applicable clauses of the Agreement.  4.34.4  Upon  breach  of  contract  and  after  the  expiry  of  the  notice  period,  if  the Vendor fails to  improve the performance and/or, does not take steps to remedy the breach,  the  Bank  will  be  compelled  to  initiate  takeover  of  assets.  Under  such circumstances following will be applicable: a) The value payable by the Bank to the Vendor will be depreciated amount of the  fixed assets  like   CD machine, UPS, AC, VSAT, etc. as on the date of notice. The applicable  rate  of  depreciation would  be @20%  p.a.  for  the  invoice  value  of  fixed assets  inclusive of  taxes,  calculated on  straight  line method.  (However,  the Vendor may  apply  its  own  depreciation  rate  and  method  for  maintaining  its  books  of accounts internally). b) All other clauses (a) to (d) mentioned in 4.2.3 above are applicable in case of breach of contract also.  4.35  Review Meeting  The  participating  banks  together will  hold  a  review meeting  for  each  geographical cluster with  the  authorized  representatives  of  the  selected  vendor  periodically  to review  the  project  implementation  and  operation.  In  case  of  non  satisfactory performance (refer to 4.34.1 above), the successful bidder will be given time till the next review to  improve the performance.  If the Consortium  is not still satisfied with 

12 April 2012 Page 23 of 70

Page 24: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

the  performance,  bank  reserves  the  right  to  terminate  the  contract,  invoke  the performance bank guarantee given by the vendor and award the remaining order to the L2 bidder provided he is willing to match the L‐1 price. Performance reviews will be conducted at District level also by the identified local coordinator.   4.36  Force Majeure  4.36.1 The Vendor or the Bank shall not be  liable for default or non‐performance of the  obligations  under  the  contract,  if  such  default  or  non‐performance  of  the obligations  under  this  contract  is  caused  by  any  reason  or  circumstances  or occurrences beyond the control of the Vendor or the bank, i.e. Force Majeure. For the purpose of  this clause, “Force Majeure” shall mean an event beyond  the control of the parties, due to or as a result of or caused by act of God, wars, insurrections, riots, earth  quake  and  fire,  revolutions,  floods,  epidemics,  quarantine  restrictions,  trade embargos, declared general strikes in relevant industries, satellite failure, act of Govt. of  India,  events  not  foreseeable  but  does  not  include  any  fault  or  negligence  or carelessness on the part of the parties, resulting  in such a situation.  In the event of any such  intervening Force Majeure, either party shall notify the other  in writing of such  circumstances  and  the  cause  thereof  immediately within  five  calendar  days. Unless  otherwise  directed  by  the  Bank,  the  Vendor  shall  continue  to perform/render/discharge  other  obligations  as  far  as  they  can  reasonably  be attended/fulfilled  and  shall  seek  all  reasonable  alternative means  for  performance affected by the Event of Force Majeure.   4.36.2 In such a case, the time for performance shall be extended by a period(s) not less  than  the  duration  of  such  delay.  If  the  duration  of  delay  continues  beyond  a period of 180 days, the Bank and the Vendor shall hold consultations with each other in an endeavor to find a solution to the problem. Notwithstanding above, the decision of the Bank shall be final and binding on the Vendor.  4.37   Jurisdiction  All disputes would be subject to Indian laws and jurisdiction, and settled at courts in Mumbai. 4.38   Audit   The vendor shall allow  the Bank,  its authorised personnel,  its auditors  (internal and external), authorised personnel  from RBI / other  regulatory & statutory authorities, and grant unrestricted right to  inspect and audit the operations and records directly related to the services.  In case any of the services are further outsourced/assigned/ subcontracted to other vendors,  it will be the responsibility of the vendor to ensure 

12 April 2012 Page 24 of 70

Page 25: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

that  the  authorities  /  officials  as mentioned  above  are  allowed  access  to  all  the related places, including that of CMAs’ vaults, for inspection and verification.

 4.39   Indemnity  4.39.1  The  Vendor  shall  indemnify,  protect  and  save  the  Bank  against  all  claims, losses, costs, damages, expenses, action suits and other proceedings, resulting  from any actions of the employees or sub‐contractors, agents of the Vendor.  4.39.2  The  Vendor  shall  indemnify,  protect  and  save  the  Bank  against  all  claims, losses, costs, damages, expenses, action suits and other proceedings, resulting  from infringement  of  any  law  pertaining  to  patent,  trademarks,  copyrights  etc.  or  such other statutory infringements in respect of all hardware and software used by them.  4.40      Compliance with Statutory and Regulatory Provisions  It  shall  be  the  sole  responsibility  of  the  Vendor  to  comply with  all  statutory  and regulatory provisions while delivering the services mentioned in this RFP.  4.41  Taxes and Duties  4.41.1  The Vendor shall be entirely responsible for all applicable taxes, duties, levies, charges, license fees, road permits, etc. in connection with delivery of products at site including incidental services and commissioning.  4.41.2  The vendor must also ensure  that all applicable  laws  framed by  the Central Government,  State Government  and  Local  Bodies,  including  payment  of  applicable minimum Wages  and  all  laws  pertaining  to  contract  employees/  labour  laws  are complied with while providing caretaker services. The vendor may have to execute an indemnity bond in favour of the Bank in this regard.  4.41.3  Providing  clarifications/particulars/documents  etc.  to  the  appropriate  tax authorities for assessment of tax, compliance with labour and other laws, etc will be the responsibility of the vendor at his cost. 4.41.4  Tax  deduction  at  Source  ‐  Wherever  the  laws  and  regulations  require deduction  of  such  taxes  at  the  source  of  payment,  the  Bank  shall  effect  such deductions  from  the  payment  due  to  the  Vendor.  The  remittance  of  amounts  so deducted and issuance of certificate for such deductions shall be made by the Bank as per the laws and regulations in force. Nothing in the Contract shall relieve the Vendor from  his  responsibility  to  pay  any  tax  that may  be  levied  in  India  on  income  and profits made by the Vendor in respect of this contract.   

12 April 2012 Page 25 of 70

Page 26: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

4.42  Payment Terms and Rates           4.42.1   Payment will be made by the Bank on monthly basis in arrears on aggregated basis within 15 days for the first six month and thereafter within 7 days on submission of invoices by the Vendor along with the monthly downtime reports and muster rolls.  4.42.1   Price will be quoted  for Off‐site CD. Bidders  to note  that 70% of  the agreed price will be paid for On‐site CDs.   

4.42.2 Bidders to note that  for successful non‐financial transactions, per transaction payment will be made @25% of the price, applicable for both Onsite or Offsite CD as the case may be.   

4.42.3  No  amount  will  be  paid  for  unsuccessful  financial  or  non  –  financial transaction.   

4.42.4  A discounted transaction rate will applicable be in the following manner:  

                Upto 100 transactions per day   ‐   0% (Nil discount) 101‐ 150 transactions  per day     ‐   10 % discount on bid price 151‐ 200 transactions  per day     ‐   20 % discount on bid price 201‐ 250 transactions per day    ‐   30 % discount on bid price Above 251 transactions per day ‐   40 % discount on bid price  

4.43  Minimum Guarantee  

The bank will pay a minimum guarantee amount of Rs. 25,000/‐ per month or amount payable  for  75  financial  transactions  per  CD  per  day  for  that month, whichever  is lower,  for  an  initial  period  of  12  months,  including  the  amount  payable  for  the transactions put on the CD. 4.44       Caretaker Service Caretakers Services will be optional. Individual banks may, however, ask the vendor to provide  this  Service  at  identified  sites  for  which  they  will  negotiate  the  rate  for Caretaker Services with the vendor separately.  4.45 Single Note Acceptor The requirement for Single Note Acceptor (SNA) will be optional. Banks will separately ascertain their requirement of SNA or BNA (Bunch Note Acceptor) and ask the vendor to provide  this  Service at  identified  sites  for which  they will negotiate  the  rate  for deposit transactions with the vendor separately.  4.46 Solar UPS System   

Solar Power UPS will be optional, as vendors have to ensure the minimum prescribed uptime.  

12 April 2012 Page 26 of 70

Page 27: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

PART 5 : SCOPE OF WORK FOR CD OUTSOURCING SERVICES    5.1   Cash Dispenser (CD) procurement, installation and maintenance  a) Bidder  is  responsible  for procurement,  installation and maintenance of CDs as per the Technical Specifications mentioned Part 6 of this RFP document. b) Bidder  should  provide  all  new  CDs  (not  refurbished)  with  biometric functionality.  c) The CDs should be maintained by the Bidder / Vendor for the contract period of  not  less  than  7  years.  The  AMC  shall  be  carried  out  by OEM  or  its  authorized dealers for a period not less than 7 years. d) CDs deployed should comply with RBI, IBA, EMV, NPCI/NFS guidelines. If any new guidelines are issued by these organisations, the bidder/vendor shall arrange for its compliance / upgradation and bear the cost for the same.   5.2   Centralized Electronic Journal (EJ) Pulling / software distribution  5.2.1 Electronic Journal (EJ) a) The ATMs / CDs deployed should be compatible with the EJ pulling software agents  such  as  Tranxit/SDMS/Radia/Infobase  etc.and  /or with  any  other  EJ  pulling agent that may be deployed from time to time. Agent  installation on ATMs / CDs as may be required  from time to time will be the responsibility of the bidder / vendor and will be done free of cost i.e. without any cost to the Bank. b) The Vendor  should have  the  facility  to extract  the Electronic  Journals of all the transactions in each of the ATMs, to a centralized location /Server. c) The vendor has to provide EJ on T+1 basis for reconciliation purposes to bank in the format desired by reconciliation software of the bank. d) ATM‐wise EJs should be stored in the EJ server of the Vendor at a centralized location for minimum period of 6 months. Bidder to ensure EJ pulling from the ATM at specified time as per Bank/vendor's specifications. ATM‐Wise EJs pulled are to be spooled separately and pushed to the designated server on daily basis. ATM‐wise EJ data should be made available for a minimum period of twelve months. The EJ data may  be  purged  by  the  Bidder  after  seeking  confirmation  of  the  Bank,  after  taking necessary Backup and handing over this backup to Bank’s Team. e) EJ pulling should be done on daily basis and sent to banks’ designated servers on T+1 basis.  f) The Vendor should provide EJ viewer facility to the Bank.  g) In case of settlement of any claim of the Cardholder by the Bank in the event of  non‐availability  of  EJ  for  the  same,  the  Bank  reserves  the  right  to  recover  the amount of transaction claim from the Vendor. h) The process of extracting and sending EJ to Bank’s DC:  

12 April 2012 Page 27 of 70

Page 28: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

i. The EJ’s will be pulled each day between 00:00 Hrs and 07:00 Hrs. for the previous day through automated schedules configured for daily EJ pulling at the server. 

ii. The  EJ’s  which  cannot  be  retrieved  through  the  automated  schedules  shall  be retrieved & delivered to the Bank on next day before 1.00 pm.  

iii. Customer  transactions  will  take  precedence  over  the  EJ  pulling  process  and  if  a transaction occurs while EJ is being pulled the EJ process will be stopped to complete the  transaction. The  remaining part of  the EJ will be pulled after  the  transaction  is completed.  5.2.2  Content Management  a) Vendor  should  provide  Software  and  Screen  distribution  from  central location  to  different  CDs  rolled  out  under  the  tender  to  facilitate  individual configuration and screen displays.  b) Facility for remote loading of CD screens and Software distribution should be available  including provision of software for such facilities and the activity should be carried  out  by  the  bidder/vendor  free  of  cost.  The  Bank  will  not  provide  any software/agent for the same nor pay for these agents separately. c) The CD screen will only be used  for display of publicity material of Bank or financial  institutions  which  are  approved  and  regulated  by  entities  like  RBI,  SEBI, IRDA, PFRDA etc.  (Subject  to  compliance with  regulatory  guidelines). However,  the Bank can utilise the ATM screens for displaying its own products (to the extent of 33% of the available time).  d) The  screen  distribution  should  be  platform  independent  –  should  support Windows XP operating system normally installed on Banks CDs. e) The system adopted should be capable of distributing screens at CDs running on VSATs, leased lines, CDMA, RF, Wifi etc. f) The solution should support PCX, GIF, MPEG, FLC, FLI and other audio / video file formats. g) The  solution  should  be  capable  of  centralized  distribution  of  screen  at scheduled and ad hoc basis. h) The  solution  should  be  capable  of  centralized  distribution  of  software upgrades and patches to the CDs. i) The solution should be capable of centralized distribution of antivirus patches to the CDs. j) The solution should be capable of distributing screens at specified number of CDs. k) The solution should be capable of performing rollback if the ATM needs to be brought to the previous state. l) All necessary hardware  /  software etc.  shall be provided by  the bidder  for screen distribution. 

12 April 2012 Page 28 of 70

Page 29: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

m) The connectivity with back up arrangement between the managed center of the bidder and Bank’s Data Center and DR Site shall be provided by the Bidder at no extra cost to the Bank.  n) The bidder shall provide the MIS/Reports confirming the download.  5.3   Networking for connectivity of CDs  5.3.1   Switching   Switching of ATMs will be the responsibility of respective Banks.  5.3.2   On‐site CDs  Networking of On‐site ATMs to ATM Switch at Bank’s DC and DR site will be provided by the Bank through branch LAN Switch and router. The necessary LAN Cabling for the purpose will be done by the Bank. 5.3.3   Off‐site CDs a. All  the Off‐site CDs  should  be  networked  by  the  bidder  /  vendor  to Banks ATM Switch hosted at participating banks’ Data Centre DR locations. b. The vendor should provide reliable and uninterrupted connectivity for offsite CDs. Using  leased  line / CDMA / VSAT. Newer  technologies  like WiMax, 3G etc. will also  be  acceptable  subject  to  the  clearance  from  Bank’s  Information  Security Department. The  sizing  of  bandwidth  of  leased  line,  VSAT,  CDMA    should  be adequate  to  provide  reliable  and  uninterrupted  connectivity  for  Off‐site  CDs. Vendor  should  ensure  that  all  the  transactions  carried  on  the  CD  are  processed seamlessly. c. Bidder  should  also  arrange  for  VSAT  backhaul  (Bharti  Airtel,  HECL,  HCL Comnet, etc.), 3G, Wimax, CDMA backhauls for connecting to the Bank’s ATM Switch and DR. d. Leased  circuits  for  backhaul  links  shall  not  be  shared  with  any  other customer.  e. The  backhaul  link  each  between Networks  service  provider’s Hub/NOC,  to banks’ Data Centres and Disaster Recovery Centres should be configured with end to end IP Sec, 3DES. Managed Services center of the Bidder also need to be connected to banks’ Data Centres and Disaster Recovery Centres for monitoring purpose. Backhaul Link  can be given on MPLS VPN. However,  the end  to end  IPSec 3DES need  to be ensured. f. A  backup  link  of  2 mbps  or  higher  to  the  Primary  Backhaul  links  from  a different service provider with end‐to‐end  IP Sec/3DES or any higher version should also be provided by the Service Provider. The Backhaul infrastructure for a particular Bank  can  be  shared  for  various  clusters  (if  tenders won  by  the  same  bidder  for 

12 April 2012 Page 29 of 70

Page 30: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

different clusters). However, the backhaul infrastructure will not be shared amongst Banks. Each Bank will provide dedicated backhaul infrastructure. g. Bidder  should  provide,  install  and maintain  routers  and/or  other  network equipments at Bank’s banks’ Data Centres and Disaster Recovery Centres and at the vendor’s  Hub/NOC.  This  should  be  done  in  consultation  with  banks’  Networking Departments. h. The Vendor should allocate dedicated IP addressing scheme in co‐ordination with Bank’s Networking Department/ System integrator of the Bank. i. The proposed networking plan with all technology details should be enclosed to the Technical Bid. j. The  Vendor  is  required  to  undertake  all  the  up‐gradation  /  installation  of Operating System patches as and when required. The Vendor should ensure that their network equipments installed at Bank’s DC and DRC are on dual power supply. k. The Network should adhere to the following security aspects:  i. Strong Authentication(  authentication )  ii. IPSec  tunnel  for  the  traffic  from CD  to banks’ Data Centres and Disaster Recovery Centres, as advised by the bank to ensure data confidentiality. 

iii. Segregation of proposed network from other customers. If total physical segregation is  not  feasible,  network  level  access  controls  including  firewalls  and  router  based access  control  should  be  implemented  to  ensure  that  there  is  adequate  logical separation between the different systems/networks at the Hub/NOC.  l. The  Bank  reserves  the  right  to  conduct  post‐implementation  audits  of  the Network to ensure that the security controls are in place.  m. The  Vendor  should  carry  out  necessary  configuration  changes  in  their network,  if  in  future  the  Bank  decides  to  carry  out  design  modification  and/or application modification  to  the Banks’ ATM network,  including modification  for  the security policy  implementation. The cost of such configuration modifications should be entirely borne by the Vendor.  n. Bidder should have clear Disaster Recovery and Business Continuity Plan and the details of the same should be furnished. 5.4   Site Implementation Services (SIS) 5.4.1 The On‐site CDs will be  installed at  the Bank’s branch  locations. The Bank will provide the following: a) Site will be provided by the Bank i.e. room with shutter. b) The electricity connection upto the ATM room. c) Payment of site rental  d) Separate sub‐meter for electricity supply e) Networking arrangements including LAN Cabling. f) Expenses for On‐site CD relocation (if desired by the Bank).  5.4.2  In  case  of  any  specific  site, where  the  bank wants  to  set  up  a CD  but  the 

12 April 2012 Page 30 of 70

Page 31: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

vendor  is  reluctant  on  account  of  very  high  rental  (i.e.  above  Rs.5000/‐  for  Rural centres,  above  Rs.  8000/‐  for  Semi‐Urban  centres  and  above  Rs.12000/‐  for  other centres), the rental for such site will be paid by the bank and payment to the vendor will be as per the per transaction rates for on‐site CDs. 5.4.3  Site Work Specifications Bidder  would  be  responsible  for  Site  preparation  and  electric  work  as  per  the following specifications (the colour scheme will, however, be bank‐specific):  

Item Description  

1. FLOORING 

Providing and fixing of 2' x 2’’ Vitrified ……… colour anti‐skid tiles for flooring (only). 

Laying of Tiles for steps and Raisers depending on the site conditions.  

2. FALSE CEILING  

Providing and fixing exposed 'T' section suspended from the ceiling, including 

necessary framework for the Armstrong type False ceiling. 

5. PAINTING  

Providing & applying 2 coats of enamel paint to the existing Rolling Shutters. 

4. FIXED GLAZING  

Providing  and  fixing  external  fixed  glazing  comprising  of  10 mm Modifloat,  Saint 

Gobain, Asahi make clear glass covered with 100 mm x 50 mm aluminum sections 

and clip with ……… colour mat finish powder coated (need transparent froster film 

on glass). 

5. MAIN DOOR  

Providing and fixing polycarbonate door comprising of 2" x 2" vertical member and 

top member, 50 mm x 150 mm top & bottom member, aluminum of Jindal make, 

black powder coated, floor spring of  Indus, Everite, Opel make, clip sections, 8mm 

clear Modifloat/ Saint Gobain glass. Aluminium sections with groove for vertical, top 

and bottom members to house wool/ rubber weather strip.  

6. PANELLING  

Panelling at entrance and walls to 7ft. / 8 ft. height made of 2" x 2" Aluminum box 

section with 5mm ISO Aluminum Composite Panel. 

Exterior Panelling of shutter with 4 mm Aluminum Composite Sheet with trap door 

and all accessories.   

7. PARTITION  

Providing and fixing of 2"x2" Aluminum Box Section partition with 5 mm Aluminum 

Composite panel / sheet lapped on front side and back side (only where backroom is 

available)  with  8  MM  thick  plywood  finished  with  ………..  colour  enamel  paint. 

12 April 2012 Page 31 of 70

Page 32: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

Providing and fixing of flush Door with teak wood louvers, and necessary accessories

8. EXTERNAL CCTV CAMERA 

All sites must be provided with a high resolution external CCTV camera capable of 

capturing  identifiable  images.  It  should  be  located  at  a  secure,  hidden  spot  to 

record all events within  the  site but  should not be positioned  so as cover  the Pin 

Pad. It should be capable of providing Time Stamp. 

9. GROUTING 

Drilling 10”‐12” holes  in the  flooring and hammering metal sleeves  in these holes. Putting  in Anchor  fasteners  ‐ min. 8”  long anchor  fasteners, preferably of  Fischer make.  Applying  resin  adhesive  (Araldite)  over  the  finished  bolt  positions  for improved bonding. 

 Note : Colour schemes will be bank‐specific.  

Electrical work specification 

 

Item Description 

8. ELECTRICALS  

Flame  Retardant  Low  Smoke  (FRLS)  wires  of  (Finolex/R.R.Kablr/Anchor/Havell’s 

/Polycab) make are to be used. 

 4.0  sq.  mm  wires  are  to  be  provided  from  main  supply  and  air‐conditioner 

(wherever installed) power supply, with earth wires of size 2.5 sq mm. 2 Nos Metal 

clad with 20A MCB for Aircons 

 2.5  sq mm wires  are  to  be  provided  for UPS  supply  circuits,  lighting  circuits  and 

board light supply with 1.50sq. mm. earth wire. 20 Amps metal clad plug and socket 

DB is to be provided for input and output supply of UPS 

 15A Cable tops, cables for input and output to and from UPS Unit.2 Nos. Metal clad 

with 20A MCB for UPS input and Output, 

Providing and fixing modular type switches/ sockets of make Legard, Mossaic/ M.K 

India wrap around/ Schneider Electric Cllpsal/ Anchor – Ave, Woods / Havell’s – 

Crab Tree. 6 Nos light points comprising of 6A Single switch for CFL and  LED  lights,  

9. MAIN CABLING  

Providing & laying of 10 Sq. mm. UG cable from ATM main DB to panel board. 

10. EARTHING  

Supply  &  installation  of  500x500x5mm  copper  plate  earthing  with  2.5  m  long 

12 April 2012 Page 32 of 70

Page 33: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

500mm dia 'B' class G.I. Pipe with No. 8 copper wire from the bottom of pipe to top 

clamp  and  perforated  holes,  cast  iron  funnel with wire  gaize  on  top  of watering 

arrangement, electrode buried alternative  layers of Salt/Charcoal providing double 

clamp arrangement on top using fastened to the earth electrode with suitable brass 

bolt & nut as required including masonry chamber construction. P/f of 6 Sq mm PVC 

insulated copper wire with proper conducting from earth pit to UPS. 

11. DATA CABLING  

Finolex  4  pair  Cat  ‐  6  Cable  wiring  with  I  /  O  socket  in  PVC  pipe  with  proper 

conduiting. Additional Cat 6 cable is required on same root as backup. 

VSAT Cable Conduiting :‐ Cable to be conduit in flexible pipe with proper clamping 

from ODU to IDU   

12. SIGNAGE & LOLLIPOP 

Vinyl made of appropriate size for the site 

13 .ACCESSORIES  

Chair‐1 No  good quality / branded plastic chairs with handles for Security guard,; 

Ready make light blue colour plastic Dust Bin ‐1 No for waste papers 

Soft Board for displaying notices‐ 1 no, 12 mm thick soft board covered with 25 mm 

X 25 mm teakwood frame covered with blue coloured carpet cloth  

Writing Glass ‐1 No, Brochure Holder ‐1 No. 

Fire Extinguisher‐1 No.,2 kg.  ABC type   

Burglar Alarm‐ 1 No, 

Door Matt 1 nos. 

 a.  The  vendor  is  required  to  install  and maintain UPS with minimum  4 hours battery  backup.  At  all  locations  or  where  electricity  availability  is  erratic,  battery backup should be 8 hours  is required. However,  it  is responsibility of the Vendor to arrange for uninterrupted power supply for ATM functioning. In areas where there is load shedding, the Vendor should arrange  for alternate Power supply arrangements like Diesel Generator  set, solar power, etc. to maintain the prescribed uptime per CD. UPS units should be SNMP enabled for Centralized Monitoring and control purpose.  b.  The vendor must ensure ambient environment for the machines.  c.   At least 33% of the CDs (to be decided by each bank) have to be enabled for the visually challenged and the physically challenged as per RBI  instructions. The CD must be suitable for wheel chair based operation / for the visually challenged and a ramp should be made at as part of SIS at sites identified by banks.  

12 April 2012 Page 33 of 70

Page 34: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

d.   The bank may undertake a quality test check of not more than 10% randomly selected sites by  its own or external auditors of  its choice to ascertain adherence to the technical specifications (both civil and electrical) at  its own cost.  In case of non‐adherence in a few cases, the vendor will be required to regularize the position within a period of 90 days. In case of failure to do so or in case of general non‐adherence of the  technical  specifications,  bank  may  consider  termination  of  the  agreement  as detailed in Clause 4.34 of this RFP. 5.4.4  Off‐ Site CDs Bidder/Vendor shall conduct site  identification exercise and offer suitable site  in the vicinity of locations desired by the Bank.  Bidder/ Vendor would be responsible for the following: a. The site should be at the ground floor and on the main road at the prominent locations like corporate outlets, market places, malls, etc. b. The area of site shall be 70 ‐ 100 sq ft. suitable for installation of CD c. Site  should  be  accessible  round  the  clock.  However,  exceptions would  be made in case of certain establishments where public access is prohibited after certain time only with prior permission of the Bank.  d. Bank will indicate broad area of the centre, name of District, etc. The Bank’s prior approval is not required to be obtained by the Vendor.  e. The Vendor will, however, seek confirmation about the bank’s link branch for Cash Replenishment which, in normal course, will be advised within one week by the concerned Regional Office.  f. The Vendor should enter  into  lease agreement/ownership  for  the site,  roof rights  in case of VSAT  installation/solar panel  installation where new ATMs /CDs are proposed to be installed. g. Vendor  is  responsible  for  timely  payment  of  Rent,  electricity  bills,  all applicable taxes, lease deed expenses and any other expenses. h. Obtaining  all  statutory  approvals  from  the  landlords  and  municipal  and concerned authorities.  i. Installation and maintenance of UPS with minimum 4 hours battery backup. At  locations  or where  electricity  availability  is  erratic,  battery  backup  should  be  8 hours  is  required.  However,  it  is  responsibility  of  the  Vendor  to  arrange  for uninterrupted  power  supply  for  ATM  functioning.  In  areas  where  there  is  load shedding,  the Vendor  should arrange  for alternate Power  supply arrangements  like DG set, solar power, etc.  j. Site preparation as per the specifications given in 5.4.3 above. k. Bank’s prior approval  is required to be obtained,  in case the Vendor desires to relocate any of the CDs for reasons other than request from the Bank at his own cost.  l. Any  licenses/authorizations  required  for  installation of ATM at selected site shall be arranged by Bank in the name of the Bank. 

12 April 2012 Page 34 of 70

Page 35: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

m. The vendor must ensure ambient environment for the machines.  5.4 Site Maintenance and Cleaning services  a)  The Vendor  should ensure maintenance of  ambience of ATM  site. The  site should  be  stain  free,  dust  free.  Vendor  should  undertake  the  following  site maintenance activities:  i. Cleaning and mopping the entire site twice in a day.  ii. Cleaning  includes  flooring,  glass  door,  laminates,  ceiling,  ATM  machine,  AC  fins, dusting the other fixtures in ATM room. 

iii. Electrical  and  lighting  maintenance  like  replacing  lights,  tubes,  bulbs,  holders, electrical  switches,  starters,  chokes, etc. as and when  required. The problems with the lights including replacements are rectified within 4 hours. 

iv. All  lights within the CD room and outside  like Backlit signage, Glow sign boards and all other lights are functioning at all times.  

v. Conducting earthing checks vi. General maintenance of UPS, AC units, flooring, ceiling, Leakage / Seepage, Signage repairs/replacements, replacement & maintenance of Door closures, lights, etc.. 

vii. Preventive Maintenance at least once in a quarter under advice to the bank. viii. Pest control services at least once in a year ix. Replenishing posters, stickers as and when required as when required by  the Bank and provided the Bank. b) Bank officials will inspect the site a least once in a month. The vendor should repair / replace the defective / non‐functioning furniture, fittings and equipment within two days of the official communication to the Vendor.  c) The Vendor and/or his equipment suppliers/agents/partners should have presence in  major  cities/district  headquarters  with  support  offices  and  spare  part  supply depots. d) The Vendor and/or his equipment suppliers/agents/partners should have adequate number of engineers and trained personnel to ensure quick resolutions and minimum downtime.  5.5 Caretaker Services  (Optional)  In case, Caretaker Services are opted for by any bank, the vendor must ensure that a) smartly uniformed, alert and attentive personnel  is present 24x7x365 at the site. b) The caretaker engaged should be able to provide minimum guidance to the Cardholders. c) a policy is in place for engaging caretakers including background check. d) all applicable laws framed by the Central Government, State Government and Local Bodies, including payment of applicable minimum wages and all laws pertaining 

12 April 2012 Page 35 of 70

Page 36: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

to  contract  employees/  labour  laws  are  complied  with  while  providing  caretaker services. The vendor may have to execute an indemnity bond in favour of the Bank in this regard.  If  the  Vendor  proposes  to  engage  services  of  other  agencies,  full  details  of  all contractors parties to be enclosed.  5.7   Incident Management (IM) Services  5.7.1   Bank will be responsible for providing Switch Data Feed to the Bidder for the purpose of managing  the CDs deployed by  the Vendor. Existing Switch Vendor will drive  the  ATMs.  The  Switch  feed will  be  given  to  the  selected  Vendor within  4 weeks  of  the  signing  the  Contract  form  in  the  format  required  by  the  selected Vendor along with the required documentation at the cost of the Bank. If the Bank changes the Switch during the 7 years of the contract period, the Switch Feed will be given in the same format at the Bank’s cost.  5.7.2    Bidder should provide connection between the Managed Services Centre and ATM switch with high level security standards like network connectivity through IPSEC / 3DES dedicated servers located at Bidder’s end to remotely run special commands, firewall / De Militarized Zone (DMZ) and other IP security methods  5.8  Central Help Desk for ATM fault reporting and queries Bidder  should provide a help desk  that provides  single point of contact manned by expert  personnel  for  all  service  teams  /  managing  multiple  parties  involved  in resolving ATM uptime related problems. a) The  Central  help  desk  should  be  customized  to  cater  to  the  Bank’s requirements, which  eliminates  any  process  duplication.  In  addition  the  successful bidder would be expected to have a service centre with dedicated telephone number in  each  of  the  districts  in  the  geography  for  which  they  are  implementing  the contract. b) Bidder  should  install  a  dedicated  telephone  number with multiple  lines  to support the  load of  incoming calls without rejection and receive all service requests via that number. c) Bidder should ensure the highest level of availability of each CD terminal and entire ATM Network through Help Desk Services. d) Single,  integrated  view of  the network of  the ATMs  should be provided by Bidder  to know  the  status of each ATM. Any discrepancy noticed must be  rectified immediately in coordination with switch vendor and any third party vendor involved e) A web‐based application with reporting tool should be made available to the Bank’s ATM Dept. for monitoring performance of the ATM network. 

12 April 2012 Page 36 of 70

Page 37: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

f) The Vendor should maintain complete confidentiality  in the matters related to CD as they deal with the financial / customer data pertaining to the Bank.   5.9  FLM Services  5.9.1  The  Vendor  should  attend  to  the  following matters  as  are  standard  FLM   Services calls: a) Clearing Paper Jam of JP roll and Receipt Printer roll b) Removal or clearing of currency jams and captured cards. c) Supply and Replenishment of consumables such as  JP Paper, Receipt paper, etc. without any quantitative limit. d) Site maintenance, maintaining environmental conditions and Cleaning work as mentioned above in para 5.6 of Scope of Work  e) Machine resets, CIT caused errors and other reasonable requests. f) Replacement of defective LAN cables g) Taking backup of camera images (of all three camera mentioned in Technical Specifications) on monthly basis on  a  suitable backup media  and handing over  the same to the controlling office. h) Maintaining  proper  register  of  the  backup  taken  for  DVSS  with acknowledgement  from  Controlling  Office  and  handover  of  backup  to  Controlling Office. i) Bidder under  FLM  services  should  replenish  the  consumable  like paper  for receipt printer and Journal Print and printer ribbon without any quantitative limit.  j) If Thermal Paper used for Receipt / JP, it should have the quality to retain the print at least for one year period.    5.9.2   Vendor should provide FLM services on 24 X 7 X 365 basis.  5.9.3  Preventive Maintenance  should  be  conducted  once  in  a  quarter  to  ensure that  the ATM  is maintained  in  good  operating  condition  and  the  report  should  be submitted  to  the  Controlling  Office  concerned.    Preventive Maintenance  may  be scheduled at a time convenient Bank i.e. it should not affect the customer service.   5.10 Cash Replenishment Services (CRS)  5.10.1  Under  this service,  the Bidder should undertake replenishment of adequate cash as often as necessary to ensure that the service at the ATM is not disrupted on account of cash outage etc. The replenishment process, inter alia, would include  

• receiving cash from a designated Currency Chest/cash branch of the Bank, 

• conducting the ADMIN transaction at ATM, 

• performing End of Day (EOD) and 

12 April 2012 Page 37 of 70

Page 38: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

• furnishing detailed MIS as required by the Bank and  

• any other activity related to the process.   5.10.2  Cash Management Services include monitoring and managing the availability of  Cash  in  the  network  of  ATMs.  The  Vendor may  undertake  Cash Management Services or  authorize  a  third party Cash Management Agency  (CMA)  for  the  same. Vendor  should  obtain  prior  approval  of  the  Bank  before  appointing  any  agency  as CMA. Copies of the agreements entered into by the Service Provider with their CMA agencies  shall  be made  available with  the  bank.  The  Vendor will,  however,  act  as single  point  of  contact  for  cash  collection  even  if  the  cash  related  activities  are outsourced to third party i.e. CMA. 5.10.3  Online  Cash  Balances  shall  be  provided  by  the  Bank  to  Vendor  regularly through switch feed. a) Vendor  should  conduct  Cash  forecasting  exercise  for  CDs  rolled  out  under this tender of the Bank, based on analysis of the Cash dispensation pattern of ATMs and suggesting limits for replenishment and its periodicity to the Bank and managing special events and seasonal requirements. b) Bidder should send cash  Indent to the cash branch by Day “0” (Day prior to the cash is required to be supplied by the Bank to the CMA) for Vaulting of Cash and Replenishment of cash.  5.10.4   Cash Replenishment and related Services   a) Bank is responsible for providing ATM FIT cash for replenishing the CDs.  b) The Bank will designate Braches called as Link Branch for providing Cash for replenishing the CDs. c) Vendor / CMA should pick up Cash from branches designated by the Bank.  d) Cash issues by the Bank should be used only for replenishment of bank’s CDs. e) The  Vendor  shall  be  fully  responsible  for  the  actions  and  integrity  of  the persons employed to carry out the function of cash replenishment. f) The  CMA  should  have  Cash  Vaulting  facility  and  use  secure  armored  cash vehicles for pickup and delivery g) The amount of cash picked up and replenished during a day must be squared off  during  the  next  working  day  in  the  absence  of  vaulting  facility,  and  residual amount if any, must be deposited with the bank. h) Bidder  /  Vendor  should  submit  duly  attested  photo  list,  signatures  of  the custodians  and  signatures  of  the  authorized  signatories  to  the  cash  issuing  Branch under its covering letter to the Cash Branch i) CMA should perform End of Day (EOD) operation and generate Cash Balance Report  (CBR) which should be submitted  to  the Bank on T+1 basis. The CBR should contain the following: 

12 April 2012 Page 38 of 70

Page 39: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

• Opening Cash 

• Cash replenished 

• Cash Dispensed 

• Overage 

• Shortage 

• Cash in the Vaults of Service Provider or their agents. 

• Cash in the Divert Bin,  

• Closing Cash 

• EOD Time j) In  case  of  CD  locations where  cash  replenishment  is  not  required  to  be carried  out  on  daily  basis,  EOD  should  be  performed  on  the  day  on which  cash replenishment is done. Cash Balance Reports (CBR) should also be generated on the same day and for such locations, the comprehensive CBR submitted every day must be indicative that EOD is not performed and cash replenishment is not done on that particular day. However, the vendor should ensure that no CD  is  left without EOD for more than 4 consecutive days. k) CMA should perform physical ATM Cash Balancing on each occasion of Cash Replenishment l) Cash replenishment details should sent to ATM cell at Bank’s DC   on T basis i.e immediately upon loading the cash in ATM and consolidated CBR report needs to be submitted on T+ 1 Basis to the Bank. m) These Reports shall be submitted on a daily basis  in respect of each CD. The Service  Provider  would  also  be  required  to  submit  a  Comprehensive  Cash Reconciliation CBR on a daily basis. n) Upon  reconciliation,  if any difference  is observed,  the Bank’s  reconciliation team will intimate the same to the Vendor.  o) The Vendor should attend  the same within 3 working days of reporting  the difference.  If  the  service  provider  does  not  respond  by  the  3rd  working  day,  the difference amount will be recovered from the Service Provider on 4th working day. p) The Vendor should submit any other report that may be required by the Bank from time to time. q) CMA should undertake updating of Transaction Journal through Admin Cards. r) CMA should handover JP rolls to the respective Cash Branch s) CMA  should  collect  captured  cards  from  the  ATM  locations  (wherever applicable) and delivering them to the respective Cash branches of the Bank for which a register shall be maintained by the Bank t) CMA clear Reject bin / divert bin u) Cash Indent will be prepared by Vendor  & sent to the CMA Agency as well as to Bank  v) Forecasting of Cash requirement for ATM should be based on past dispense and average dispense of that ATM. However Cash  indent/ replenishment at an ATM  12 April 2012 Page 39 of 70

Page 40: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

should not exceed the quantum of cash envisaged to be required for maximum upto 2 days and holidays. w) Cash indent will be raised by Vendor on Day “0” by 4:00pm via e‐mail on daily basis except Sundays/Public/National Holidays. (Day “0” is a day on which the indent is sent to Bank, Day “1”  is a next working day of cash collection and replenishment). Subsequently,  cash will  be  given  by  Bank  on  day  “01”during  the  banking  hours  as agreed upon between the cash branch and the CMA. x) Vaulting  facility  is mandatory at all  locations where  ten or more ATMs/CDs are functioning. At all other centres, vaulting facility is not mandatory if not available already. At all  such  centres,  cash  should be  indented, collected,  replenished  in CDs and surplus cash deposited back on the dame day. y) Bidder should ensure that the Overnight Vaulting limits are not breached and a daily monitoring is done as per the cash limit set by the Bank. z) Bidder should to produce detail  indent hard copy while obtaining cash from Bank. Subsequently Vendor will provide Cash withdrawal Slip  / Cheque  to Bank  for posting necessary entries.  aa) Vendor/CMA should count the Cash and also flip through the bundles before accepting the Cash from Cash Branch. bb) The  Vendor  shall  be  liable  for  any  shortage  of  cash  and  counterfeit  notes found  in  the  CD.  Any  such  shortage must  be made  good  by  the  Vendor within  4 working days. cc) Vendor  should  provide  Vault  Declaration  to  the  Bank  on  regular  basis. Whenever a new vault is added the same will be inspected and approved by the Bank. dd) Bank reserves the right to conduct surprise inspection .of the Cash in Vault of the Vendor/ CMA.  ee) In case counterfeit currency is dispensed from CD, the responsibility will be of the vendor and penalty of RS. 10000/‐ per instance would be levied.  5.10.5  Takeover of existing ATMs  The prospective bidders would be under obligation  to  take over  the operation and maintenance services of ATMs which are now owned and operated by the Banks at 60% of the cost per transaction subject to the ATMs being  in operation for  less than seven years with the same terms and conditions. Vendors are required to take over the ATM, peripherals, networking and other equipment in ATM room owned by the Bank which support functioning of the ATM.    5.11  Security  The vendor will be primarily responsible of security of CDs and should use the  latest tools and gadgets to curb potential frauds.  

12 April 2012 Page 40 of 70

Page 41: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

  5.12  Insurance   a) The Vendor should ensure that the entire cash of the Bank handled by  it  in the vault/in transit/in CD is adequately insured with the bank as beneficiary.  b) Insurance value should be as per  the actual value of cash being handled at each Vault location and or in Transit or in CD. c) Vendor should submit a copy of Cash insurance cover to the Bank. d) In case of any cash Loss, the Vendor should reimburse the loss amount to the Bank immediately, without waiting for settlement of Insurance claim.  5.13  Compliance of Statutory and other responsibility  a) The Vendor should ensure that statutory, regulatory and all other guidelines are complied with  respect  to  the cash  in  transit and held  in vaulting and  loaded  in ATM /CD. b) It shall be  the sole  responsibility of  the Vendor  to obtain  required  licences, permissions etc from local or any other authority for cash transit or vaulting. c) Any penalty charged to the Bank for non compliance with any guideline or for non obtainment of required permissions,  licenses by the Vendor will be reimbursed by the Vendor to the bank.  d) In the event of seizure of Bank’s cash for non compliance of any guidelines or non obtainment of required licenses, permissions etc by the Vendor, all costs incurred for release of bank’s cash will be borne by the Vendor.  5.14  MIS Report  The vendor is required to submit the following MIS Reports:  Sl.No.  Report   Description Daily 1.  Cash Out Report  CDs down due to cash out situation 2.  cash indent for all CDs for cash 

replenishment To be submitted to Link branches 

3.  Consolidated correct & certified CBR   To be submitted to Link branches 4.  EJ Report  Status of CD‐wise EJ pulled Monthly 4.  Consolidated Exception Report  Consolidated  list  of  CDs  which  were 

out‐of‐service  for more  than  4  hours with downtime break up and reasons 

5.  Network Performance Report   Performance of Managed Services with stress on call logging and 

12 April 2012 Page 41 of 70

Page 42: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

escalations  6.  Availability Report   Availability trend analysis, causes of 

downtime, chronic CDs, action plan for improving availability  

7.  Consolidated Cash Out Report with cause and TAT(Turn‐around‐time) analysis  

Monthly with ATM ID, Date and reasons  

8.  Any other report   As and when required                                    

12 April 2012 Page 42 of 70

Page 43: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

  PART 6  :  TECHNICAL & FUNCTIONAL SPECIFICATIONS (TFS)                 The  vendor  is  required  to  supply  the  CDs  with  the  specifications  detailed  below. However, if all specifications are not readily available in the various models on offer, the vendor may roll out CDs with different specifications for a period of first 6 months by which time the vendor should have the upgrades available. After the expiry of the first 6 months, the vendor  is expected to fulfill the specifications  in all the machines supplied earlier as well.  

Sl.No.  Features   

1  Processor     

1.1  Low power processor – Equivalent to Atom or Celeron   

1.2  RAM:  512 MB DDR2    

1.3  2 x160 GB HDD providing data redundancy   

1.4  Linux/Windows OS   

1.5  Voice guidance support with internal speakers and head phone jack  

 

1.6  OS hardening   

2  Currency Chest    

2.1  UL 291 Certified (or Vendor to Get Certificate within 6 months from date of awarding the contract failing which Bank will levy a penalty of Rs. 1000/‐ per month per CD) Secure Chest to be chosen by banks based on whether they would deploy outside or not. 

 

2.2  Dual combination Electronic lock (Optional – Dynamic combination lock) 

 

2.3  Alarm sensors for chest open status while sending signal/messages to Switch/Management Centre 

 

3  Dispenser    

3.1  Friction / Vacuum pick technology   

3.2  Dispense up to 40 notes per transactions   

3.3  Dispense  ATM fit notes   

3.4  Indication of proper insertion of cassettes, if cassettes are removable 

 

3.5  Four‐Pick Module with 4 cassettes configuration (For Rural CDs, vendor may deploy machines with 2 cassettes also but the machine must be upgraded to 4 cassettes within 6 months, failing which banks will levy a penalty of Rs. 1000/‐ per month 

 

12 April 2012 Page 43 of 70

Page 44: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

Sl.No.  Features   

per CD) 

3.6  Divert cassette bin    

3.7  Cassettes in ATM should hold minimum of 2500 new notes each 

 

3.8  Capable of dispensing Rs.50/‐, Rs./100/‐, Rs.500/‐ and Rs.1000/‐ notes. All cassettes should be capable of dispensing all Notes.  

 

3.9  Dispense 4 or more notes per second   

4 CASH ACCEPTOR (Optional)   

4.1  Single‐note acceptor, to accept denominations Rs. 50 to Rs. 1000, of teller grade 

 

4.2  Traceability of currency pieces to specific transactions   

4.3  Deposit cassette capacity (Divert cassette bin can be used for it): 1000 pieces 

 

4.4  The note acceptor should be capable of detecting fake/counterfeit notes (Fake / counterfeit currency notes detected should be dealt with as per the extant RBI guidelines) 

 

   

5  Hybrid Dip Reader for Smart Card and Magnetic Stripe   

5.1  Dip Smart Card Reader with capability to read track 1 & 2   

5.2  EMV Version 4.0 or later, as certified for Smart Card   

5.3  Software /firmware/license for using smart card on ATM     

6  Customer Interface on ATM   

6.1  Colour LCD 7” or higher   

6.2  Rugged spill proof Triple DES enabled keyboard with polycarbonate tactile /stainless Steel (EPP pin pads) keys. EPP Keypad to be PCI version 1.3 or later compliant. Braille keys  

 

6.3  Function keys support.   

6.4  Trilingual Screen Support   

6.5  Vandal screen with Privacy filter (optional‐to be decided by banks) 

 

6.6  PIN and finger print authentication (UIDAI compliant) as and when it comes 

 

7  Security   

7.1  Capable of supporting Remote key Management – DES   

7.2  Triple DES chip with encryption / verification / validation software. Should support AES without any additional hardware 

 

8  Integrated ATM Surveillance Solution   

8.1  Solution must be capable of capturing image of the person The   

12 April 2012 Page 44 of 70

Page 45: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

Sl.No.  Features   

camera should be internal to ATM 

8.2  Solution should be able to store the  images  in a digital format for minimum 3 months at an average of 300  transactions per day.  

 

8.3  Solution  must  be  able  to  capture  &  stamp  the  transaction information on the images. 

 

8.4  The solution must have a search facility to locate an image/event by date & time, card no., transaction reference no. and ATM ID  

 

8.5  The solution must be capable of being monitored from a central location 

 

8.6  The solution must not degrade the performance of ATM, e.g. speed of normal transaction 

 

8.7  The hardware should be integrated within the  ATM   

9  Software Agent    

9.1  The ATM should be capable of supporting third party software for eJ pulling services and provide software upgradation/ distribution.  

 

10  Connectivity   

10.1  Should have Network Interface Card 10/100 Mbps   

10.2  Should connect to the existing Switches using NDC or DDC device handler. As and when BIS comes up with an alternate Indian standard device handler, the vendor must provide upgrade to this standard free of charge for banks and switch providers. 

 

10.3  ATM must support TCP/IP   

11  Others   

  Journal Printer   

11.1  36/40 column Graphic Thermal printer to print audit trail as per Bank’s requirement 

 

11.2  Electronic journal to be also written on ATM hard disk. The solution should include a EJ viewer. 

 

11.3  Support centralized EJ Pulling   

11.4  Low media warning for all items viz. bills, journal roll, consumer printer roll etc. 

 

  Receipt Printer   

11.5  Minimum 40 column Graphic Thermal Receipt printer.   

11.6  Low media warning for all items viz. bills, consumer printer roll   

12 April 2012 Page 45 of 70

Page 46: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

Sl.No.  Features   

etc. 

11.7  Printing of Receipt should be in Local language also(Trilingual)   

12  Transactions to be made available   

12.1  Cash withdrawal‐ both inter and intra bank   

12.2  PIN Change   

12.3  Balance enquiry   

13  Optional Transactions (other value‐added services may evolve) 

 

13.1  Mobile top‐up    

13.2  Bill payments (Utility, fees, insurance premium etc.) (Intra‐bank) 

 

13.3  Mini statement for last 10 transactions   

13.4  Fund transfer    

13.5  Register for mobile banking   

13.6  Request for cheque books   

13.7  Request for statement   

13.8  Mobile based money withdrawal   

14  Other features   

14.1  Should be operational in a wide range of 10 to 45o C temperature and humidity conditions from 10 to 90 RH.  

 

14.2  Energy saving features. ATM should consume under 100W peak power. (Vendor to Pay Electricity Charges at On‐site ATM also)  

 

15  SOLAR UPS SYSTEM (Optional)   

15.1  Should be able to work 325 days a year supporting 300 transactions (including all kinds of transactions) a day and work for at least 16 hours in a day using solar power alone without grid power. 

 

 Note  :  There  should  be  no  restrictive  tool/software which would  prevent  the  Bank from maintaining the machine through any service provider of its choice.          

12 April 2012 Page 46 of 70

Page 47: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

 PART 7   : PRICE BID  (Indicative)   Bidders should quote prices in the following manner:

Particulars  Rate per transaction (Rs.) Successful Cash Transaction for an Off site CD   

Note: i. Please  note  that  L‐1  bidder  will  be  determined  on  the  basis  of  Reverse Auction. ii. The  price  quoted  should  be  inclusive  of  all  applicable  taxes/cess  (except Service  Tax which will  be  paid  by  the  Bank)  and will  not  change  due  to  exchange fluctuations, inflation, market conditions, etc. iii. The rate quoted should be for entire contract period of 7 years. iv. Bidders to note that 70% of the contracted rate will be paid for On‐site CDs as mentioned under Clause 5.4.1 of this RFP. v. Bidders to note that for successful non‐financial transactions, per transaction payment will be made @25% of the price, applicable for Onsite or Offsite CD as the case may be.  vi. NO  amount  will  be  paid  for  unsuccessful  financial  or  non  –  financial transaction.  vii. A  discounted  transaction  rate  per  CD  will  applicable  be  in  the  following manner:                 Upto 100 transactions per day   ‐   0% (Nil discount) 101‐ 150 transactions  per day     ‐   10 % discount on bid price 151‐ 200 transactions  per day     ‐   20 % discount on bid price 201‐ 250 transactions per day    ‐   30 % discount on bid price Above 251 transactions per day ‐   40 % discount on bid price   viii. Financial  Transactions  mean  transactions  involving  Cash,  i.e.  both withdrawals by Cardholder(s). ix. All  transactions  other  than  cash  withdrawal  such  as  balance  enquiry,  PIN change, mini  statement, utility bill payment,  tax payment, etc. would be  treated as Non‐financial transactions. x. The Bank will pay for actual number of successful financial transactions (per ATM) reported in ATM Switch including business declines on cash withdrawals such as insufficient balance and wrong PIN entries but excluding suspected transactions. xi. Bids submitted with counter‐conditions/assumptions will be rejected. xii. Bidder  must  submit  Price  Bid  for  all  CDs  irrespective  of  the  proposed (population group‐wise) locations. xiii. Any Price Bid not  in conformity with the above format or  incomplete  in any respect will be rejected / disqualified by the Bank.  

12 April 2012 Page 47 of 70

Page 48: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

PART 8   ‐ FORMS AND ANNEXURES  

Format 8.1 OFFER LETTER 

 (to be included in Technical Bid Envelope)  

Date : …………………………… To, …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….   Sir / Madam,  Outsourcing of CD installation and Managed Services for CDs Ref: Your RFP dated:                                   .  Having examined the captioned tender document Documents, the receipt of which is hereby duly acknowledged, we, the undersigned, offer to provide CD installation and ATM Managed  services  in  conformity  with  the  captioned  RFP  and    at  the  prices offered as per the Price bid and is made part of the bid / this offer.   While submitting this bid, we certify that:   Prices in its bid have been arrived without agreement with any other bidder of this RFP for the purpose of restricting competition.  The prices in the bid have not been disclosed and will not be disclosed to any other bidder of this RFP.  We have not induced nor attempted to induce any other bidder to submit or not submit a bid for restricting competition.  We undertake to provide CDs and ATM Managed services solution in accordance with the  scope,  specifications  and  delivery  schedule  specified  in  the  RFP  document including participation in the Reverse Auction.  If our Bid  is accepted, we will obtain  the guarantee of a  reputed Bank  for  the due performance of the Contract, for an amount calculated @ Rs.10000/‐ per CD for the entire contract period in the form prescribed by the Bank.  

12 April 2012 Page 48 of 70

Page 49: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

We agree to abide by the Bid and the rates quoted for the contract / order awarded by  the  Bank  up  to  7  (seven)  years  period  from  date  of  contract  /  Service  Level Agreement, which shall remain binding upon us.  We agree that the rates will remain valid for the period of the contract during which individual banks may issue additional requirement by exchange of letter if their rollout is completed within the aforesaid validity period.  Until a  formal contract  is prepared and executed,  this Proposal,  together with your written acceptance thereof and your notification, shall constitute a binding contract between us.     We undertake that,  in competing for (and,  if the award  is made to us,  in executing) the above contract, we will strictly observe the  laws against fraud and corruption  in force in India namely “Prevention of Corruption Act 1988”.  We understand that Bank  is not bound to accept the  lowest or any Bid that may be received.  We also certify that we have not been blacklisted by any PSU Bank/IBA/RBI during the last five years.  Dated this ....... day of ............................ 2011  _________________________________  ________________________________ (Signature)                                     (Name)                                      (In the capacity of)     Duly authorised to sign Bid for and on behalf of _________________________________             

 

12 April 2012 Page 49 of 70

Page 50: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

Format 8.2 Conformity To Eligibility Criteria (Part – I) 

(Please attach documentary evidence of compliance)  

Sl. No. 

Eligibility Criteria  Compliance (Y/N) 

1.  Bidder should be a registered company in India under Companies Act 1956 and should have been in operation for a period at least two years as on date of RFP. 

 

2  Original Equipment Manufacturers of ATMs / their authorized distributors/ agents in India with at least 1000 installations in India as on 31.03.2012, with firmed up arrangements with providers of Managed Services  

OR Bidders or wholly owning parent company who have experience in Managed and other allied Services and have managed at least 1000 ATMs in India in the last two years. 

OR Bidders who have experience of managing at least 500 ATMs in India outsourced in the last two years. 

 

3  Bidders or the company with whom Bidder have firmed up arrangements for Managed Services must have a Managed Services Centre operational in India and must be performing managed services of ATMs including but not limited to 24 X 7 monitoring, call escalation, FLM, SLM, replacing consumables, housekeeping, EJ pulling, cash forecasting and cash replacement etc. for at least 1000 ATMs as on date of this RFP. 

 

4  Bidder or its wholly owned parent company should have maintained Positive Net Worth / Net Profit during the last two financial years, i.e. 2009‐10 & 2010‐11. 

 

5  Minimum annual turnover should not be less than Rs. 20 crores in the last financial year as per audited financial statements. 

 

6  Bidder should have a disaster recovery centre and business continuation plan in place. 

 

7  Bidder should also have internal control and audit measures in place. Audit report from external auditor must be submitted as a proof. 

 

8  Bidder should not have been blacklisted by any PSU Bank / IBA/RBI during the last five years. 

 

12 April 2012 Page 50 of 70

Page 51: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

 Format 8.3 Bidder Organization Details  

 Details filled  in this form must be accompanied by sufficient documentary evidence, in order to facilitate the Bank to verify the correctness of the information.  

12 April 2012 Page 51 of 70

Sl.No   Item   Details  1. General Details  1.1   Name of Company    1.2   Postal Address    1.3   Telephone, mobile, Website address and Fax 

numbers   

1.4   Constitution of the Company    1.5   Nature of activity    1.6   Details of ownership    1.7   Holding company or parent company    1.8   Key persons with contact details    1.9   Name and designation of the person authorized to 

make commitments to the Bank   

1.10   Email Address    1.11   Date of Incorporation in India, commencement of 

Business & Years in the line of Business  Enclose Copy of Certificate of Incorporation 

1.12   Sales Tax/VAT Number   Enclose Sales Tax / VAT registration copy 

1.13   Income Tax Number   Enclose Company’s PAN Card copy and the latest Income‐tax Clearance letter 

1.14  No. of Engineer on roll who are familiar with offering ATM managed services 

 

1.14   Brief description of facilities of the organization for undertaking the services  

 

2. Financial Details  2.1   Annual Turnover (2009‐10) Total Turnover 

Out of which: ATM Outsourced Services Of which: ATM Managed Services  

Copy of Audited Balance Sheet/ Annual report 

2.2  Annual Turnover (2010‐11) Total Turnover Out Of which: ATM Outsourced Services Of which: ATM Managed Services  

Copy of Audited Balance Sheet/ Annual report 

3. Operational Details  3.1   Names of the Banks to whom the Bidder provides  

ATM Outsourced Services with Number of ATMs    

Enclose reference letters from the Banks concerned with details of no. of years the Service is provided by the Bidder, Nature of the   

Page 52: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

Service and no. of ATMs managed. 

3.2   Place of Managed Services Centre:  Owned or sourced: Operational since: How many ATMs being handled: How many no. of ATMs capable of handling:  

 

3.3  Details of Managed Services Disaster Recovery Site   

3.4  Number of Service Centres:  No. of owned support Centres If not owned, what are the arrangements for providing support  

 

3.5  Whether blacklisted for deficiency in services by any Public Sector Bank in the past and if so, the year: 

 

3.6  Locations of Financial Transaction Switch Managed in in India (owned or resourced, please specify with Switch Vendor’s name) 

 

3.7  Place of Call Centre/Help Desk managed  How many seats proposed for the Bank If Call Centre not available, what is the alternate arrangement 

 

3.8  Whether certification is obtained for IST Switch for the make and model of Cash Dispensers 

Enclose copy of the certificate 

3.9  Names of sub‐ contractors for Site Implementation Service (SIS) with whom agreement is in place 

 

3.10  No. of sites these SIS subcontracts have prepared   

3.11  Names of Cash Management agencies  undertaking Cash Replenishment with whom agreement is in place 

 

3.12   No. of UPS Vendors who have supplied UPS and with whom AMC agreements are in place Names of Make of UPS deployed at ATMs Names of UPS Vendors who have supplied UPS and with whom AMC agreements are in place and Make and details of models of UPS deployed at ATMs 

 

        

12 April 2012 Page 52 of 70

Page 53: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

Format 8.4 Track Record of Past Operations 

 Name of the Vendor ___________________________________________  

Period of service  (in years) 

Service Offered  Sl.  

Name of the Client  No of ATMs being 

serviced 

From  To 

Contact person of 

the Client with Name, Tel. No., Fax No., Address 

1            2            

ATM Supply, Installation and Commissioning   3            

1            2            

Site Implementation 

Services   3            1            2            

ATM Cash Monitoring and Forecasting   3            

1            2            

ATM Cash Replenishment 

Services   3            1            2            

FLM Services  

3            1            2            

ATM Network Monitoring  

3            1            2            

Consumable Management  

3            1            2            

Software Distribution  

3            1            2            

EJ Pulling  

3            1            2            

SLM Services  

3                

12 April 2012 Page 53 of 70

Page 54: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

Format 8.5  

Service Support Details  

City / District Location 

Postal Address, Telephone, Fax, E‐Mail and Contact Details of Support Personnel 

Number of Hardware/ Software Engineers capable of supporting the Solution being offered 

Own Franchisee/ Support Centres 

   

     

   

     

   

     

   

     

                   

  12 April 2012 Page 54 of 70

Page 55: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

Format 8.6 NON‐DISCLOSURE AGREEMENT 

 WHEREAS, we,  ___________________________________,  having  Registered Office at  __________________________________,  hereinafter  referred  to  as  the COMPANY,  are  agreeable  to  execute  Outsourcing  of  CD  installation  and Managed Services for ………………… Cash Dispensers for ……………………………., having its registered office ………………………………………., hereinafter referred to as the BANK and,  WHEREAS, the COMPANY understands that the information regarding the Bank’s ATM Network  shared  by  the  BANK  in  their  Request  for  Proposal  is  confidential  and/or proprietary to the BANK, and   WHEREAS, the COMPANY understands that  in  the course of submission of the offer for the said Outsourcing of ATM installation and ATM Managed Services for ……. Cash Dispensers and/or  in the aftermath thereof,  it may be necessary that the COMPANY may  perform  certain  jobs/duties  on  the  Bank’s  properties  and/or  have  access  to certain plans, documents, approvals or information of the BANK;  NOW THEREFORE,  in consideration of  the  foregoing,  the COMPANY agrees  to all of the following conditions, in order to induce the BANK to grant the COMPANY specific access to the BANK’s property/information:  The COMPANY will not publish or disclose to others, nor, use in any services that the COMPANY performs for others, any confidential or proprietary information belonging to  the  BANK,  unless  the  COMPANY  has  first  obtained  the  BANK’s  written authorisation to do so;  The COMPANY agrees that notes, specifications, designs, memoranda and other data shared by  the BANK or, prepared or produced by  the COMPANY  for  the purpose of submitting  the offer  to  the BANK  for  the  said Outsourcing of ATM  installation  and ATM Managed  Services  for …… Cash Dispensers, will not be disclosed  to during or subsequent to submission of the offer to the BANK, to anyone outside the BANK  The COMPANY shall not, without the BANK’s written consent, disclose the contents of this Request  for Proposal  (Bid) or  any provision  thereof, or  any  specification, plan, pattern,  sample  or  information  (to  be)  furnished  by  or  on  behalf  of  the  BANK  in connection  therewith,  to any person(s) other  than  those employed/engaged by  the COMPANY  for  the  purpose  of  submitting  the  offer  to  the  BANK  and/or  for  the performance of the Contract in the aftermath.  Disclosure to any employed/engaged person(s) shall be made  in confidence and shall extend only so  far as necessary  for the purposes of such performance.               Authorised Signatory               Name:                    Designation:                   Office Seal: 

 

12 April 2012 Page 55 of 70

Page 56: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

Format 8.7     

Certificate of Single Point Responsibility for all Sub‐contracts  To:  …………………………………………………………… …………………………………………………………… ………………………………………………………….. …………………………………………………………..  Sir / Madam,  Outsourcing of ATM installation and ATM Managed Services for CDs Ref: Your RFP dated:                                   . 

 We hereby certify that:  1. The  systems  offered  and/or  other  services  or  solution  of  another  service provider or subcontractor and the solution proposed by us will operate effectively on the system proposed by us. 2. We  further  confirm  that  we  accept  full  responsibility  for  its  successful operation. 3. We  further undertake  that we will be only single point of contact  for any/all purpose. 4. We  further  submit  that we  do  have  a  back  to  back  agreement with  all  the vendors  /  subcontractors. We  further  submit  that  required  uptime,  agreement  to provide  necessary  support  (including  contract  period  for  a minimum  period  of  7 years)  is  available.  We  enclose  documentary  proof  copy  of  agreement  with  the subcontractors or service providers.  Dated this ....... day of ............................ 20__ _________________________________  ________________________________ (signature)                                                                                     (in the capacity of)      Duly authorized to sign Proposal for and on behalf of __________________________  Note:  The certificate is applicable if bidder offers the products / services through other service provider / subcontractor. 

  

12 April 2012 Page 56 of 70

Page 57: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

Format 8.8                        Undertaking for Scope of Work 

              Date : …………………………… 

To, …………………………………………………………. …………………………………………………………. ………………………………………………………….  Sir / Madam,  Outsourcing of ATM installation and ATM Managed Services for CDs Ref: Your RFP dated:                                   .  1.     We certify that we have carefully examined the Scope of Work stipulated in Part 5 of the captioned RFP floated by you 2.       We commit  to provide  services of  installation and managed  services  for ………. Cash Dispensers for a minimum period of 7 years.  3.   We hereby undertake to deliver services in its entirety as per the Scope stipulated inter‐alia under following descriptions:‐ a) CD procurement, installation and  maintenance  b) Centralised Electronic Journal pulling c) Centralised Software and screen distribution d) Networking for connectivity of Off‐site CDs e) Site Implementation Services f) Site maintenanace and cleaning services g) Caretaker Services (optional) h) Incident Management Services and Monitoring of ATMs  i) Centralised Help Desk j) First Level Maintenance k) Second Level Maintenance l) Cash Replenishment and related services m) MIS Report generation   4.       However the above undertaking  is with following exceptions (Please specify the area  of scope which the Bidder will not be able deliver as per RFP requirement)   (Signature)                                                                                      (in the capacity of)     Duly authorized to sign Proposal for and on behalf of __________________________ 

 

12 April 2012 Page 57 of 70

Page 58: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

Format 8.9  

 MANUFACTURERS'  AUTHORIZATION FORM No.                                                   Date: …………………  To:                                           Dear Sir,  Ref: Your RFP                        Dated:                            .                                                      

 We                                                                                                                     who are established and reputable manufacturers  of    ________________________  having  factories  /  development facilities at                                          (address of  factory  /  facility) do hereby authorise M/s ___________________  (Name and address of Agent)  to  submit a Bid, and  sign  the contract with you against the above Bid Invitation.  We  hereby  extend  our  full  guarantee  and warranty  for  the  Solution,  Products  and services offered by  the above  firm against  this Bid  Invitation. We also undertake  to provide any or all of the following materials, notifications, and information pertaining to the Products manufactured or distributed by the Supplier :  a) Such Products as the Bank may opt to purchase from the Supplier, provided, that this option   shall not relieve the Supplier of any warranty obligations under the Contract; and  b) in the event of termination of production of  such Products: i. advance notification to the Bank of the pending termination,  in sufficient time to permit the Bank to procure  needed requirements; and ii. following  such  termination,  furnishing  at  no  cost  to  the  Bank,  the  blueprints, design documents, operations manuals, standards, source codes and specifications of the Products, if requested.  We  duly  authorise  the  said  firm  to  act  on  our  behalf  in  fulfilling  all  installations, Technical support and maintenance obligations required by the contract.              Yours faithfully,                    (Name)                       (Name of Manufacturer) Note : This letter of authority should be on the letterhead of the manufacturer and should be signed by a person competent and having the power of attorney to bind the manufacturer. The Bidder in its Bid should include it. 

12 April 2012 Page 58 of 70

Page 59: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

   Format 8.10  

CONTRACT FORM  THIS AGREEMENT made the .......day of.................................., 2012  Between  ..........................  (Name of Bank)  (hereinafter  called  "the Bank") a body corporate  constituted  under  the  Banking  Companies  (Acquisition  and  Transfer  of Undertakings) Act, 1970 and having its Head Office at  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (hereinafter referred to as the “Bank” which term shall, unless repugnant to  the  context or meaning hereof, be deemed  to mean and  include  its  successors and assigns)of the one part:   and  ..................... (Name of Vendor)  incorporated under the Companies Act, 1956 and having  its registered office at  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  (hereinafter called “the Vendor”) which term shall, unless repugnant to the context or meaning hereof, be deemed to mean and include its successors and permitted assigns ) of the other part :  (“Bank”,  and  “the  Vendor”  shall,  wherever  the  context  requires,  be  referred collectively as “Parties” and individually as “Party” also)  WHEREAS  the ……………..  (Bank),  incorporated under  the Companies Act, 1956 and having its Head Office at  …………………………………………………………… ……………………………………………………………..,  for  itself  and  on  behalf  of  the  Public Sector  Banks  listed  in Annexure A  hereto  invited  Bids  vide  Request  for  Proposal (RFP)  dated  15/03/2012  for Outsourcing  of  Installation  and Managed  Services  of Cash Dispensers (CDs) in the State of …………………………………. The Vendor submitted the Bid in response to it and participated in the Reverse Auction process held on   /    /2012. The Bid submitted by the Vendor has been accepted by the Bank.   One of  the  terms of  the  said RFP  is  that  the Vendor  shall  sign  the Contract Form with each Bank mentioned  in Annexure A hereto and shall also execute a detailed Service Level Agreement subsequently.  The parties are accordingly desirous of signing the said Contract Form.  NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH AS FOLLOWS:  1.  In this Agreement words and expressions shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the RFP dated ………………..   2.  The  following documents of RFP dated ……………  shall be deemed  to  form and be read and construed as part of this Agreement, viz.:  a) Request for Proposal b) Eligibility Criteria  c) Terms and Conditions of Contract   

12 April 2012 Page 59 of 70

Page 60: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

d) Scope of Work e) Technical & Functional Specifications (TFS) f) Forms and Annexures g) Price Bid  h) Corrigendum dated ………………. (if any)  i) Bank's Notification of Award  3.  In consideration of the deliverables and services in terms of the RFP dated ……………. being provided by the Vendor, the Bank shall pay consideration / fees as stated in Annexure B hereto.  4. The Vendor shall enter into the detailed Service Level Agreement stating the terms  and  conditions of  the  contract  as per  the RFP dated ………….. on or before        /      /2012  .   IN WITNESS whereof the parties hereto have caused this Agreement to be executed in accordance with their respective laws the day and year first above written.  Signed, Sealed and Delivered by the   said ..................................................... (For the Bank)  in the presence of:.......................................  Signed, Sealed and Delivered by the   said ..................................................... (For the Vendor)  in the presence of:....................................... 

12 April 2012 Page 60 of 70

Page 61: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

ANNEXURE A  

Names of the Banks 

1.  ALLAHABAD BANK 2.  PUNJAB & SIND  3.  UNITED BANK 4.  BANK OF BARODA 5.  BANK OF MAHARASHTRA 6.  BANK OF INDIA 7.  CANARA BANK 8.  CENTRAL BANK OF INDIA 9.  CORPORATION BANK 10.  DENA BANK 11.  IDBI BANK 12.  PUNJAB NATIONAL BANK  13.  INDIAN BANK 14.  INDIAN OVERSEAS BANK 15.  ORIENTAL  BANK OF COMMERCE 16.  UCO BANK 17.  UNION BANK OF INDIA 18.  VIJAYA BANK 19.  SYNDICATE BANK 20.  ANDHRA BANK 21.  STATE BANK OF INDIA 22.  STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR 23.   STATE BANK OF HYDERABAD  24.  STATE BANK OF MYSORE 25.  STATE BANK OF TRAVANCORE 26.  STATE BANK OF PATIALA  

12 April 2012 Page 61 of 70

Page 62: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

 ANNEXURE B 

 Particulars  Rate per transaction (Rs.) Successful Financial Transaction for an Off‐Site CD   Successful Non‐ Financial Transaction for an Off‐Site CD   Successful Financial Transaction for an On‐Site CD   Successful Non‐ Financial Transaction for an On‐Site CD    Notes:‐ 

I. The above price  is  inclusive of all applicable taxes/cess (except Service Tax which will  be  paid  by  the  Bank)  and  will  not  change  due  to  exchange  fluctuations, inflation, market conditions, etc.  

II. The above price is valid for entire contract period of 7 years.  

III. The above price is applicable for all the CDs installed under the Contract.  

IV. No amount will be paid for unsuccessful financial or non – financial transaction.   

V. A discounted transaction rate per CD will applicable be in the following manner:  Upto 100 transactions per day     ‐   0% (Nil discount) 101‐ 150 transactions per day ‐   10 % discount on above price 151‐ 200 transactions per day ‐   20 % discount on above price 201‐ 250 transactions per day ‐   30 % discount on above price Above 251 transactions per day   ‐   40 % discount on above price  

VI. Financial Transaction means transactions involving Cash i.e. withdrawal of cash by cardholder(s).  

VII. All transactions other than cash withdrawal such as balance enquiry, PIN change, mini statement etc. would be treated as Non‐financial transactions.  

VIII. The  Bank will  pay  for  actual  number  of  successful  financial  transactions  per  CD reported  in ATM  Switch  including business declines on  cash withdrawals  such  as insufficient balance and wrong PIN entries but excluding suspected transactions. 

 

    

12 April 2012 Page 62 of 70

 

Page 63: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

Format  8.11  

BANK GUARANTEE 

This Guarantee  is made at ………………. on  this ………………………, 2011 by …………………, having  its Registered  / Head Office at …………………………………  (hereinafter  called  the “Bank”, which expression shall, unless repugnant to the context or meaning thereof, shall mean and  include,  its successors and assigns)  in  favour of ………………………….. a body corporate   constituted under ………………………………. having  its Corporate Center at ………………………………………… (hereinafter called “the Bank”, which expression shall, unless repugnant to the context or meaning thereof, shall  include  its successors and assigns)    WHEREAS  ………………………………,  a  company  registered  under  the  Companies  Act, 1956, having  its Registered Office at …………………………………………… (hereinafter called …………….,  which  expression  shall,  unless  repugnant  to  the  context  or  meaning thereof,  shall mean  and  include  its  successors  and  assigns)  has  accepted  Purchase Order  No………………………….  dated  ………………………,  issued  by  the  Bank  (“Order”) pursuant  to an offer made by ………………………. dated …………………..  to deploy ……….. CDs,  SIS, Managed  and Other  Services”  and whereas …………………….  has  agreed  to make provision of ……….. CDs, SIS, Managed Services and Other Services to …………….. as  set  out  in  the  Agreement  dated  ………  entered  between  the  Bank  and ……………………….   AND WHEREAS, the Bank has agreed to avail the services of ………… CDs which are to be installed by …………… .     AND WHEREAS, in accordance with terms and conditions of the Order and Agreement dated ………………….. (hereinafter referred to as “Agreement”), ……………….  is required to  furnish a Bank Guarantee  for a sum of Rs. ……………………………………. only)  for due performance of their obligations as regard to provision of ………. CD, SIS, Managed and Other  Services  to  the  Bank,  guaranteeing  payment  of  the  said  amount  of  Rs. ………………………………  only  to  the  Bank,  if  ………………..    fails  to  fulfill  its  obligations under the Order and Agreement in respect of such services.  Such Bank Guarantee is required to be valid  for a total period of 60 months plus 3 months claim period.    In the  event  of  failure,  on  the  part  of  …………………………,  to  fulfill  its  commitments  / obligations  in  respect of availing  the services of …………. CDs, SIS, Managed Services and Other  Services  under  the Order  and  Agreement  the  Bank  shall  be  entitled  to invoke the Guarantee.     AND WHEREAS,  the  Bank,  at  the  request  of ………………………..  ,  agreed  to  issue  on behalf of …………………… , Guarantee as above, for Rs. ……………………………… only). 

12 April 2012 Page 63 of 70

Page 64: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

NOW THIS GUARANTEE WISTNESSETH THAT   l. (a)   In  consideration  of  the  Bank  having  agreed  to  entrust  ……………………..  for availing the ATM services through ………….. CDs, SIS, Managed and Other Services, we, the ……………….……., hereby unconditionally and irrevocably guarantee that ………………. shall  fulfill  its  commitments  and  obligations  in  respect  of  such  Services  under  the Order and Agreement and  in the event of …………………    failing to perform /  fulfill  its commitments  /  obligations  in  respect  of  such  Services  under  the  Order  and Agreement, we,  the ……………………………………, shall on demand(s),  from  time  to  time from the Bank, without protest or demur or without reference to …………………… and not withstanding any contestation or existence of any dispute whatsoever between …………………… and  the Bank, pay  the Bank  forthwith  the  sums  so demanded by  the Bank  in  each  of  the  demands,  subject  to  a  cumulative maximum  amount  of  Rs. …………………………………. only)    (b)    Any  notice  /  communication  /  demand  from  ……………..  to  the  effect  that ………………….  has  failed  to  fulfill  its  commitments  /  obligations  in  respect  of  such Services under the Order and Agreement shall be conclusive,  final & binding on the Bank  and  shall  not  be  questioned  by  the  Bank  in  or  outside  the  court,  tribunal, authority or arbitration as the case may be.   2.      We, ………., HEREBY FURTHER AGREE & DECLARE THAT:  (a)  Any  neglect  or  forbearance  on  the  part  of  the  Bank  to ………………    or  any indulgence of any kind shown by the Bank to ……………….  or any change in the terms and  conditions  of  the  said Order  and Agreement  shall  not,  in  any way,  release  or discharge the Bank from its liabilities under this guarantee.  (b)  This Guarantee herein contained shall be distinct and  independent and shall be enforceable against the Bank, not withstanding any Guarantee or Security now or hereinafter held by the Bank at its discretion.  (c)  This  Guarantee  shall  not  be  affected  by  any  infirmity  or  absence  or irregularity  in the exercise of this Guaranteeing by and / or on behalf of the Bank or by merger or amalgamation or any change in the Constitution or name of the Bank.   (d)  This guarantee shall not be affected by any change in the constitution of the Bank or …………………. or winding up  /  liquidation of ……………., whether voluntary or otherwise.  

12 April 2012 Page 64 of 70

Page 65: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

(e)  This guarantee  shall be a  continuing guarantee during  its validity period  to the extent of cumulative maximum amount mentioned herein.  (f)   Notwithstanding anything contained herein above: (i)   The Bank’s  overall  liability  under  this Bank Guarantee  shall  not  exceed Rs.       ………………………………………. only);      (ii)   This Bank Guarantee shall be valid for a total period of 36 months (i.e. upto …………………………………) plus 3 months claim period (i.e. upto ………………………;  (iii)   The Bank  is  liable  to pay  the guaranteed amount or any part  thereof under this  Bank Guarantee  only  and  only  if  BANK OF  BARODA  serves  the  Bank  claim  or demand on or before ………………...    (iv)         The Bank has, under  its constitution, powers  to give  this guarantee and Shri ………………………………….  (signatories) Official(s)  / Manager(s)  of  the  Bank who  has  / have signed this guarantee has / have powers to do so.  IN WITNESS WHEREOF the Bank has caused these presents to be signed at the place and  on  the  date,  month  and  year  first  hereinabove  written  through  its  duly authorised official.  Signed and Delivered    ) __________________    )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 April 2012 Page 65 of 70

Page 66: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

Format 8.12 

(BANK GUARANTEE FOR CASH REPLENISHMENT SERVICES)  This Guarantee is made at Mumbai on this ……….. Day of  …………………………….. 2012 by ……………………. Bank having its registered / head office at  …………………………………, India (hereinafter called the “XXX” which expression shall unless repugnant to the context or meaning  thereof  shall mean  and  include  its  successors &  assigns)  in  favour  of ...............................,  a  body  corporate  constituted  under  ..................................  and having  its  Corporate  Centre  at  ..............................................  (hereinafter  called  the “Bank” which expression  shall unless  repugnant  to  the  context or meaning  thereof shall  mean  and  includes  its  successors  and  assigns)  having  its  Central  Office  at Mumbai. 

WHEREAS ………………..  having  its  registered office  at …………………………………..  and  its corporate  office  at  ……………………………………………..  (hereinafter  called  the  “………….” which  expression  shall  unless  repugnant  to  the  context  or meaning  thereof  shall mean  and  include  its  successors,  subcontractors  and  assigns)  has  entered  into Agreement  for  ATM  Services    dated  …………………………  with  the  Bank  (hereinafter referred to as the Agreement) whereby ……….. has agreed to provide   ATMs services  pursuant to  Agreement dated ………………………. 

AND WHEREAS under  the Agreement, ………………… has,  inter‐alia, agreed  to provide Cash Replenishment Services upon the terms and conditions stated in the Agreement titled as “Cash Replenishment ”.  

AND WHEREAS  in accordance with the Agreement, …………….  is required to furnish a Bank Guarantee  for  the  sum of Rs. …………………………  (Rupees ……………………………….) securing  its obligations  in  respect of  vault  loss  and  transit  loss while providing  the Cash Replenishment Services  in accordance with the terms of   the Agreement. Such Bank Guarantee is required to be valid till the validity of Agreement i.e. till ………………. In  the  event of  failure on  the part of ……………….  to pay  for  cash  losses  as per  the terms and conditions, the Bank shall be entitled to invoke the guarantee. 

AND WHEREAS the Bank at the request of …………………… agreed to  issue  in favour of BANK  OF  BARODA  this  guarantee  for  Rs.  …………………………….  (Rupees …………………………………………. only). 

IN CONSIDERATION OF THE ABOVE PREMISES 

1. (a)  We ……XXX……. Bank  shall on written demand(s) from time to time from the Bank stating that the amount claimed is due by way of cash loss suffered by the Bank without  protest  or  demur  or without  reference  to ……….  and  notwithstanding  any contestation  or  existence  of  any  dispute whatsoever  between ………………..  and  the Bank, pay to the Bank forthwith the sums so demanded by BANK OF BARODA in each of its demands, not exceeding an aggregate amount of  Rs. ………………………….. (Rupees …………………………………….. only). 

12 April 2012 Page 66 of 70

Page 67: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

(b)  Any notice / communication / demand from the Bank to the effect that there has been failure on the part of ….……………… to fulfill its obligations to pay for the Cash Loss under the Appendix ‐ G of the Agreement shall be conclusive, final and binding on the Bank and shall not be questioned by the Bank, in or outside the court, tribunal, authority or arbitration as the case may be. 

(c)  This guarantee shall be a continuing guarantee valid till …………………………… 

2.  We, ………XXX…….. Bank , HEREBY FURTHER AGREE & DECLARE THAT: 

(a)  Any neglect or  forbearance on  the part of  the Bank  to ………………… or  any indulgence of any  kind  shown by BANK OF BARODA or any  change  in  the  terms & conditions of the said Agreement shall not  in any way release or discharge the Bank from its liabilities under this guarantee. 

(b)  This guarantee herein contained shall be distinct and  independent and shall be enforceable  against  the Bank, notwithstanding  any other Guarantee or  Security now or hereinafter held by BANK OF BARODA at its discretion. 

(c)  This guarantee shall not be affected by any infirmity or absence or irregularity in the exercise of the guaranteeing powers by or on behalf of the Bank or by merger or  amalgamation  or  any  change  in  the  constitution  or  name  of  the  Bank  or ……………….. 

(d)  This guarantee shall not be affected by any change in the constitution of the Bank or …………………. or winding up / liquidation of ……………….., whether voluntary or otherwise. (e)  This guarantee  shall be a  continuing guarantee during  its validity period  to the extent of cumulative maximum amount mentioned herein. 

(f)  Notwithstanding anything contained herein: 

(i)  Bank’s liability under this Bank Guarantee shall not exceed Rs. ……………………… (Rupees …………………………………………………. only) 

(ii)  This  Bank  Guarantee  shall  be  valid  upto  ………………………………………plus  3 months claim period.(i.e. up to………); and 

(iii) The Bank  is  liable to pay the guaranteed amount or any part thereof under this Bank Guarantee only and only if the Bank serves upon the Bank a written claim or demand on or before ………………………………….;  

(iv) The Bank has under its constitution, powers to give this guarantee and Shri  ……………………………………….  (signatories)  officials/managers  of  the  Bank  who has/have signed this guarantee has/have powers to do so. 

 

IN WITNESS WHEREOF THE BANK has caused these presents to be signed at the place & on  the date, month & year  first herein above written  through  its duly authorised official. 

Signed and Delivered 

Bank , Mumbai  

12 April 2012 Page 67 of 70

Page 68: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

Format 8.13 BID SECURITY FORM 

 Whereas...........................  (hereinafter  called  “the  Bidder”)  has  submitted  its  Bid dated...................... (date of submission of Bid) for the supply of................................. (name and/or description of the Products/system) (hereinafter called “the Bid”).   KNOW  ALL  PEOPLE  by  these  presents  that  WE.....................  (name  of  bank) of.................. (name of country), having our registered office at.................. (address of bank) (hereinafter called “the Bank”), are bound unto ………………. (hereinafter called “the  Purchaser”)  in  the  sum  of  _______________________for which payment well and truly to be made to the said Purchaser, the Bank binds itself,  its successors, and assigns by  these presents. Sealed with  the Common Seal of  the said Bank  this ____ day of _________ .  THE CONDITIONS of this obligation are:   1.  If  the Bidder withdraws  its Bid during  the period of Bid  validity  specified by  the Bidder on the Bid Form; or   2.  If  the Bidder, having been notified of  the acceptance of  its Bid by  the Purchaser during the period of Bid validity:  (a) fails or refuses to execute the Contract Form if required; or  (b)  fails  or  refuses  to  furnish  the  performance  guarantee,  in  accordance with  the Instruction to Bidders.   We undertake to pay the Purchaser up to the above amount upon receipt of its first written demand, without the Purchaser having to substantiate  its demand, provided that in its demand the Purchaser will note that the amount claimed by it is due to it, owing to the occurrence of one or both of the two conditions, specifying the occurred condition or conditions.   This guarantee will remain  in force up to and  including forty five (45) days after the period of  the Bid  validity,  i.e. up  to ________, and any demand  in  respect  thereof should reach the Bank not later than the above date.  ...................................  (Signature of the Bidder’s Bank)  Note:  Presence  of  restrictive  clauses  in  the  Bid  Security  Form  such  as  suit  filed clause/clause requiring the Bank to initiate action to enforce the claim etc. will render the Bid non‐responsive. 

 

12 April 2012 Page 68 of 70

Page 69: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

ANNEXURE – 1  

BANK‐WISE REQUIREMENTS ATMs Reqd. During 2012-

2013 ATMs Reqd. During 2013-

2014 BANK State / UT

Urban Semi-Urban Rural Urban Semi-

Urban Rural

Grand Total

Rajasthan 32 5 2 35 5 2 81 ALLAHABAD BANK TOTAL 32 5 2 35 5 2 81

Rajasthan 9 2 1 12 5 1 30 P&S Bank

TOTAL 9 2 1 12 5 1 30

Rajasthan 3 1 0 4 2 0 10 UNITED Bank

TOTAL 3 1 0 4 2 0 10

Rajasthan 40 37 88 42 28 75 310 BOB

TOTAL 40 37 88 42 28 75 310

Rajasthan 20 4 0 15 4 0 43 BOM

TOTAL 20 4 0 15 4 0 43

Rajasthan 30 35 15 45 45 35 205 BOI

TOTAL 30 35 15 45 45 35 205

Rajasthan 8 13 5 8 13 4 51 CANARA Bank

TOTAL 8 13 5 8 13 4 51

Rajasthan 70 20 10 70 20 10 200 CENTRAL Bank

TOTAL 70 20 10 70 20 10 200

Rajasthan 61 18 5 12 4 1 101 CORPORATION Bank TOTAL 61 18 5 12 4 1 101

Rajasthan 6 4 3 5 4 1 23 DENA Bank

TOTAL 6 4 3 5 4 1 23

Rajasthan 38 24 1 30 17 2 112 IDBI Bank

TOTAL 38 24 1 30 17 2 112

Rajasthan 6 6 131 5 5 130 283 PNB

TOTAL 6 6 131 5 5 130 283

Rajasthan 4 2 0 6 2 0 14 INDIAN Bank

TOTAL 4 2 0 6 2 0 14

Rajasthan 13 10 0 3 4 3 33 IOB

TOTAL 13 10 0 3 4 3 33

Rajasthan 5 2 0 5 2 1 15 OBC

TOTAL 5 2 0 5 2 1 15

Rajasthan 29 31 34 21 23 23 161 UCO Bank

TOTAL 29 31 34 21 23 23 161

Rajasthan 13 7 2 14 8 3 47 UNION Bank

TOTAL 13 7 2 14 8 3 47

Rajasthan 11 4 0 19 6 0 40 VIJAYA Bank

TOTAL 11 4 0 19 6 0 40

Rajasthan 15 12 3 20 20 5 75 SYNDICATE Bank TOTAL 15 12 3 20 20 5 75

12 April 2012 Page 69 of 70

Page 70: REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OFbankofbaroda.com/download/TR-0003670_RFP_Rajasthan.pdf · REQUEST FOR PROPOSAL FOR OUTSOURCING OF ... centre and business continuation plan

Rajasthan 1 0 0 1 0 0 2 ANDHRA Bank

TOTAL 1 0 0 1 0 0 2

Rajasthan 165 148 26 182 163 29 712 SBI

TOTAL 165 148 26 182 163 29 712

Rajasthan 45 67 52 45 69 83 361 SBBJ

TOTAL 45 67 52 45 69 83 361

Rajasthan 1 0 0 0 0 0 1 SBH

TOTAL 1 0 0 0 0 0 1

Rajasthan 0 0 0 1 0 0 1 SBM

TOTAL 0 0 0 1 0 0 1

Rajasthan 3 2 1 3 2 1 12 SBP

TOTAL 3 2 1 3 2 1 12

Grand Total 628 454 379 603 451 409 2923

RRBs

BOB Rajasthan 10 30 15 2 30 13 100

CBI Rajasthan 2 4 0 2 4 4 16

PNB Rajasthan 8 32 10 4 22 149 225

Grand Total 648 520 404 611 507 575 3264

  

12 April 2012 Page 70 of 70